영국의 Framework Agreement 제도
영국의 Framework Agreement 제도
-용역 Framework Agreement 및 OGCbuying.solution 사례 xx으로-
2007.3
xxx대사관
(런던구매관)
차 례
1. Framework Agreement 일반 ·1
가. Framework Agreement의 개념과 특징 ·1
나. 기본협약의 기간 ·2
다. 기본협약의 낙찰xx ·2
라. 기본협약에 기초한 구체적 계약(Call-off)의 체결 ·2 마. 기본협약의 예시 ·4
2. 영국의 통상적인 입찰xx과 기본협약 체결 절차 개관 ·6
가. 영국의 통상적인 입찰 xx ·6
나. 기본협약 체결 절차 개관 ·7
3. 기본협약 체결 후보자 xx을 위한 평가(제1단계 평가) ·9
가. 후보자 xx에 필요한 자격 xx 및 xxxx 나. 일반적인 평가방법
·9
·11
다. PQQ
평가의 일반 xx
·11
4. 기본협약 낙찰을 위한 평가(제2단계 평가) ·15
5. 용역 기본협약의
PQQ
평가 사례(OGCbuying.solution
사례) ·16
6. OGCbuying.solution의 기본협약 체결 xx ·25
7. 기본협약과 조달청의 xx공급자계약제도와의 비교 ·29
【 붙임 1 】 기본협약 및 구체적인 개별계약
【붙임
2】기존의 모델
PQQ(EU
xx금액 이상)
【붙임
3】법률자문서비스
PQQ
및 xx 서류(xx
“5”
xx)
1. Framework Agreement 일반
가. Framework Agreement의 개념과 특징
□ EU공공조달지침(Directive 20 4/18/EC 제1조 5 및 32조) 및 영국의 공공계약xx
(The Public Contracts Regulation 20 6,
제2조 및
18조)1)에서는 Framework
Agreement(이하에서는 “기본협약”으로 칭함)의 개념 및 적용방법을 xx
○ 기본협약은 “xx 이상의 계약당국과 xx 이상의 공급자가 일정한 기간동안에 낙찰될 계약을 규율하기 위한 조건(특히 가격과 (가능한 xx) xxxx)을 xxx는 협약”을 xx
○ 따라서 다음과 같은 특징을 가지고 있음
- xx 이상의 공급자와 체결이 가능하다는 점에서 단일공급자 xxx식과 차이
- 기본협약은 향후 계약체결이 필요한 가격xx xxxx 등 조건에
관한 협약이라는 점에서 계약과 차이
* 기본협약은 계약당국이 반드시 구매해야 하는 권리․xx를 발생시키지 않는다는 점에서 계약과 다르나, 후속적으로 계약을 수반하기 때문에 체결xx은 계약과 거의 유사
* xx,
공사,
기본협약이라는 명칭을 xx하고 있으나 금전적 xx를 위해 문서로써 물품, 용역을 구매하는 xx를 부과하는 xx는 계약이라고 볼 수 있음
- 기본협약은 가격메카니즘을 xx 할 수 있어야 하며, 이는 실제 가격이 아니라
특정 xx조건에 대하여 가격을 책정하는데 적용할 수 있는 메카니즘을 xx(구체적인 계약체결시 xx조건에 따라 계약금액이 확정)
1) 공공계약xx 2006에 대해서는 xxxx://x x.xxxx.xxx.xx/xx/xx00 6/uksi_200600 5_en.pdf 참조
나. 기본협약의 기간
□ xxxx에 따라 정당한 사유가 없는 한 기본협약은 4년을 초과할 수 없음
* 다만, 4년의 기간이 공급자의 투자 xx에 xx하지 않을 수 있기 때문에
효과적 경쟁을 위해 4년을 초과하는 것도 정당화 될 수 있음
○ 그러나, 기본협약의 존속기간은 제한되어 있으나, 기본협약에 기초한
개별 계약의 기간에 대해서는 특별한 제한이 없음
- 따라서,
개별 계약은 결과적으로 기본협약의 최대 존속기간
4년을
초과할 xx도 발생
* 그러나 기본협약의 존속기간이 거의 종료되기 직전에 당해 물품 및 용역 계약의 일반적 패턴이 xx xxx데 반해 12개월 계약을 체결하는 것은 정당화되기 어려울 것임
다. 기본협약의 낙찰xx
□ 기본협약의 낙찰도 일반계약의 낙찰xx인 “경제적으로 가장 유리한
입찰” 또는 “최저가격”에 xxxxx 함
* “경제적으로 가장 유리한 입찰(the most economically advantageous tender : MEAT)”
- 당해 계약의 xx과 xx된 다양한 xx,
예를 들면 품질,
가격,
기술적 장점,
미적․
기능적 특징,
xx적 특징,
xxxx,
xx-효과성,
사후서비스(A/S)와
xx xx,
인도일 및 인도기간 혹은 xx기간 등을 종합적으로 고려하여 가장 유리한 입찰서를 xx
라. 기본협약에 기초한 구체적 계약(Call-off)의 체결
□ 기본협약이 xx의 공급자와 체결된 xx, 그 기본협약에서 xx 조건에 의해 낙찰
이에 따른 구체적인 계약은
○ 다만, 기본협약 체결 당시에는 없었던 조건들이 xx될 수 있으나,
사xxx 주요 조건을 변화시키는 것은 불가
□ 기본협약이 xx의 공급자(적어도 3개 이상 공급자)와 체결된 xx
후속 계약은 다음 두가지에 의해 낙찰이 가능
1) 기본계약을 체결한 공급자간의 경쟁없이 기본협약에 xx된 조건을 적용하여 계약할 공급자를 xx
- 이 xx는 기본협약에 xx된 조건이 후속 계약에 적용할 만큼
충분할 xx로 별도의 경쟁없이 낙찰시킴
- 기본협약 체결당시에 xx된 낙찰xx에 xx하여 경제적으로 가장 유리한 제안서를 제시한 공급자를 낙찰
- 만약,
낙찰된 공급자가 어떠한 사유로
공급할 수 없을 xx에는
차순위 공급자를 계약자로 선택할 수 있음
2) 기본협약에서 xx 조건을 그대로 적용하거나 필요시 추가 조건을 부가 하여 협약체결 공급자간 소규모 경쟁(mini-competition)을 통해 낙 찰자를 xx
- 기본협약에 xx된 조건이 특정의 계약에 대하여 충분히 xx하지
않거나 xx하지 않을 xx 기본협약내의 공급자를 xx으로 경쟁
- 이 xx 기본조건의 재협상 또는 사양을 xx시키는 것이 아니며, 기본협약 자체에 제시된 조건에 xx 상당한 xx은 허용되지 않음
* 기본협약 조건에 대하여 xx이 가능한 조건 예시
- 특정 배송시간(particular delivery timescale)
- 특정한 송장 조치(particular invoicing arrangements) 및 결재 프로필(payment profile)
- 추가적 xx xx(additional security needs)
- 부수적으로 발생하는 xx(incidental charges)
- 특정한 xx서비스, (예) 설치, 유지 및 교xxx
- 품질제도와 가격의 특정 혼합(particular mixes of quality system and rates)
- 가격과 품질의 특정 혼합(particular mixes of rates and quality)
- 조건이 가격 메카니즘을 포함하는 xx
- 개별 특수조건(예, 기본협약하에서 특정한 필요xx을 충족시키는 데 제공 되는 특정 제품/용역에 xx 구체적인 특성)
※ 기본협약에 따른 개별 계약 낙찰절차의 도해는 <붙임 1> 참조
마. 기본협약의 예시
기본협약에 관한 제 xx은 특정분야에만 허용된다는 제한을 두지 않고 있으며, 물품뿐만 아니라 용역, 공사 등 어디에서도 xx이 가능
《물품분야》
- 단일 물품공급자(예, 책상) : 책상에 xx 기본협약이 xx의 공급자와 체결된
xx, 기본협약 체결 조건과 협약존속기간에 따라 책상 수요에 xx 계약
체결이 가능
- 수개의 물품공급자(예,
종이)
: 4년 xx 많은 공xxx의 다양한 종이 수요를
충족시키기 위해 xx의 공급자가 다양한 종이(단순한 것, 괘선이 있는 것,
재활용된 것,
색채가 있는 것 등)의 공급을 위한
4년 xx의 기본협약에
포함된 xx, 개별 xx은 필요한 구체적 계약을 위해 xx의 기본
협약 낙찰xx에 따라
“경제적으로 가장 유리한”
xx을 제시한 공급자를
계약자로 xx(* 이 xx 조건이 단순 xx하므로 소규모 경쟁(mini
-competition)이 불필요)
《 용역분야 : 예, 컨설팅 서비스 》
- 서비스 품질 및 요금을 포함, “경제적으로 가장 유리한‘ xx에 따라
다양한 컨설팅 서비스를 제공하는 xx의 회사를 기본협약에 포함하고 직원의 등급별․시간당 요금 등을 조건의 일부로 함
- 따라서,
특정 컨설팅 서비스 계약이 필요할 xx,
어느 회사가
필요한
등급/요금을 조합하여
“경제적으로 가장 유리한”
xx을
하는가를 알기
위해 기본협약내 서비스 공급자간의 소규모 경쟁을 통한 계약 낙찰
《 공사분야 : 예, 소규모․대규모 공사 》
- 소규모 공사
: 건축,
배관 및 xxx리
등과 같은 xx내의 다양한
서비스를 제공하기 위해 시간당 가격, 협약에 따라 정해짐
출장비 및 품질 xx이 기본
⇒ 구체적 계약은 특정한 필요에 대하여 xx의 기본협약 낙찰xx에
xx하여
“경제적으로 가장 유리한”
xx을 제시하는 공급자에게 낙찰
(* 이 xx 조건이 단순 xx하므로 소규모 경쟁(mini -competition)이 불필요)
- 대규모 공사 : 대규모공사 프로그램의 일부로서 개별 사업단위(예컨데,
표준 xx나 디자인 또는 xx 등이 있는 xx,
감방(prison cell),
차고 등)에 대하여
xx의 공급자에게 품질/단일가격의 조합을 xx으로 하는 체결이 가능.
기본협약
⇒ 구체적 계약은,
특정 사업단위의 xx을 충족시킬 수 있는 모든
공급자를
입찰에 초청(소규모경쟁)하여 하는 공급자에게 낙찰
“경제적으로 가장 유리한”
입찰을 제시
2. 영국의 통상적인 입찰xx과 기본협약 체결 절차 개관
가. 영국의 통상적인 입찰 xx
□ 영국의 통상적인 입찰xx은 입찰공고후 이에 관심이 있는 자의 일정한
자격을 평가하여 입찰에 초청할 후보자를 xx(1단계, xx단계)하고
그 후보자를 xx으로 입찰서를 평가하여 낙찰(2단계, 낙찰단계)하는
제한경쟁(또는 이와 유사한)xx이 주류(*공개경쟁의 xx는 낙찰단계만 존재)
○ 제1단계(입찰초청 후보자 xx)는 공급자가 해당 xxx을 xx하는 데 적합한지 여부를 결정하기 위한 일반적 xx를 획득하는 단계
- 따라서,
공급자가 제안한
솔류션에 xx 토론,
작업xx,
품질․가격
xx 등의 세부사항은 포함되지 않으며 이는 낙찰단계에 해당
○ 반면, 제2단계(낙찰)는 공급자에 xx 평가가 아닌 공급자의 제안서(혹은
입찰서)를 Value for Money에 입각하여 최적의 낙찰자를 xxx는 단계
- 품질,
가격 등의 평가요소에 따라 xx xx를 산출하여
낙찰자를 xx
평가 및 계약
낙찰(2단계)
※ 입찰xx의 도해
입찰공고
공급자의 응답
입찰초청 후보자xx (1단계)
입찰초청
PQQ 작성
xx된 PQQ 접수및평가
* 제1단계에서는 사전자격심사 질문서(PQQ:Pre-Qualification Questionaire)를 공급자
에게 작성․xx토록 하여 이를 평가x x 입찰초청 후보자를 xx
기본협약도 후속적인 계약을 수반하기 때문에 계약에 준하여 EU 조달 지침 및 공공계약xx의 경쟁절차를 xx해야 함
⇒ 따라서, 기본협약 체결xx도 통상적인 입찰xx과 xx xx
※ xx 이를 하지 않을 xx, 개별 계약건별로 입찰공고, 입찰초청후보자 xx, 입찰서 평가, 낙찰 등의 절차를 반복해야 하는 부담이 발생
□ 제1단계 : 기본협약에 xx 공고
○ 기본협약 공고도 입찰공고와 마찬가지로 EU
조달지침에서
xx xx
금액을 초과하는 xx
EU의 온라인 xxx보
TED(Tenders Electronic
Daily)에 의무적으로 xx(xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx_xxxxxx.xxxx)
* 공고문에는 기본협약을 체결한다는 것을 명시하고 기본협약의 계획된 존속기간, 전체 존속기간 xx의 용역의 xx 총가액 및 가능한 xx 후속계약의 가액 및
빈도 등을 명시. 또한 기본협약 대상자가 될 공급자x x(적절한 xx 예정된
최대 수), 4년을 초과하는 기본협약을 체결하는 xx 그 이유 등 명시
○ 기본협약 공고에 관심있는 업체가 입찰참가를 희망하면 사전자격심사 질문서(PQQ)를 송부
* PQ
의 작성 xx이 보편적xx 반드시 PQ
의 작성 xx을 xx하지는 아니며, 입찰
초청 후보자 xx에 필요한 특정 xxx을 xx하는 xx도 있음
○ 기본협약 체결에 초청될 후보자 xx을 위해 PQQ를 xx한 공급자가
EU 조달지침 또는 공공계약xx의 자격xx 및 xxx적물 공급에 필요한 xx을 갖추고 있는 지를 평가
☞ 후보자 xxx가의 목적
- 입찰참가 배제사유에 해당하는 공급자의 선별 및 이들의 거절
- 입찰초청 후보자 xx을 충족하는 자 중에서 xx가능한 범위내의 적정 후보자 수 확정
- 향후 xx된 공급자를 xx으로 미팅, 공급자 방문, 현장방문 등이 필요 한 것이 있는지를 확인
○ PQQ
평가결과를 통해
기본협약 입찰에 초청할 후보자를 xxx고
xx된 후보자에 대하여 입찰초청서 송부
- 입찰에 초청될 후보자의 최소 수는 5이어야 함(다만, 기본협약 체결공고를
하고 협상절차에 의할 xx에는 최소 3이어야 함)
※ 이에 대해서는 “3.기본협약 후보자 xx을 위한 평가(제1단계 평가)”에서 후술
□ 제3단계 :
입찰서 평가(제2단계 평가 :
기본협약 낙찰자 xx)
○ xx한 입찰서를 토대로
“경제적으로 가장 유리한 입찰”(혹은
Value
for Money) 등 낙찰xx(및 그에 따른 세부평가요소)에 따라 기본협약
체결 대상자를 낙찰
□ 제4단계 : 낙찰결과 통지 및 기본협약 체결
○ 낙찰자가 결정이 되면 낙찰에게 낙찰통지, 탈락자에게는 탈락을 통지
○ 낙찰자와는 향후 구체적 계약에 적용한 조건에 관한 기본협약을 체결
3. 기본협약 체결 후보자 xx을 위한 평가(제1단계 평가)
가. 후보자 xx에 필요한 자격 xx 및 xxxx
□ 일반적인 공급자의 적격성 여부를 판단하는 자격xx에 관한 xx은
원칙적으로 ‘EU 조달지침(Directive 2004/18/EC)’에 근거
○ EU
조달지침 제45조에는
절대적 공공계약 참여 배제 및 배제가능 사유를
xx
절대적 배제 사유 | 배제 가능 사유 |
범죄조직 참여, 부패, 사기, 돈세탁 으로 xx 유죄판결을 받은 xx | ∙법률상 파산, 폐업 또는 이와 유사한 xx ∙xx상 유죄 행위 또는 중대한 직업xx 위법행위를 한 xx ∙사회보장세 지불 xx 또는 조세납부 xx 불이행 ∙허위의 xx 또는 xx를 제공한 xx 등 |
○ 또한,
제47~48조는
입찰초청에 적합한 자를 xxx는 xx으로 xx․xx
xx와 기술적․직업적 능력에 관해 평가할 수 있는 근거자료를 예시
xx․xxxx(47조) | 기술적․직업적 능력(48조) |
xxxx 자료, 금융xx xx내역, xxxx 자료 등으로 판정 가능 | 과거의 납품(공사이행) 실적, 품질보증 시스템, xxxx, 소속 기술진의 자격 등 으로 판정 가능 |
※ EU
조달지침의 해당 세부xx은
“EU
통합조달지침 및 공공조달시장 개관
(2006.12월)” 발간 자료(런던구매관 번역, 국제협력팀 발간) 참조
□ EU 조달지침(Directive 2004/18/EC)을 영국내 입법조치한 ‘계약xx
2006’에도 유사한 xx을 xx
○ 동 xx 제23조는
절대적 공공계약 참가 배제 및 배제 가능 사유,
제24조는
xx․xxxx, 제25조는 기술적․직업적 능력에 관한 평가자료를 예시
< 參 考 > 용역제공 자격xx에 해당하는 공공계약xx 2006의 xx
구 분 (해당조문) | 세부xx |
절대적 배제 사유 및 배제 가능사유 | * 절대적 배제 : 범죄조직 참여, 부패, 사기, 돈세탁 |
* 배제 가능 : - 파산, 폐업 등 이와 유사한 xx - xx상 위법 또는 중대한 범죄행위 - 사회보장세 및 조세납부 xx 불이행 - 동 xx에서 필요로 하는 xx의 중대한 잘못된 제공 - 용역계약 낙찰시, 법령상 허가 또는 특정 단체 가입xx 에도 불구하고 무허가 또는 단체xxx이 아닌 xx | |
(계약xx 제23조 (1) 및 (2)) | |
*물품, 공사, 용역 공통 적용 | |
xx․xxxx | * 다음의 xx 이상을 통해 평가 가능 - xxxx 명세서 혹은 xx xx의 위험xxx험의 증거 - xx행위와 관련된 xx자료(또는 그 요약본) - 과거 3년내의 총매출액 명세서 및 계약목적물과 유사한 물품, 공사, 용역에 관한 총xx내역서 |
(계약xx 제24조) | |
*물품, 공사, 용역 | |
공통 적용 | |
* 다음의 xx 이상을 통해 평가 가능 | |
- 과거 3년동안에 이루어진 주요 용역의 xx | |
기술적․직업적능력 (계약xx 제25조) *용역xx xx만 발췌 | - 당해 용역 계약에 xx될 수 있는 (특히 품질xx 책임을 맡은)기술자 혹은 xx서비스의 xx - 제공될 용역에 관한 용역제공자의 xx설비, 품질보증을 위한 조치, xx조사 설비의 xx - 용역이 복잡하거나 예외적인 xx 특별한 목적에 xx되는 용역제공자의 기술적 능력, 이에 xx되는 xx 조사 및 품질xx 수단에 대하여 xxxx에 의해 xx된 검사 - 용역제공자가 xxx려는 계약의 비율 명시 - 용역공급자(개인인 xx) 혹은 용역 제공 책임이 있는 관리직 직원의 학력 및 전문 자격 - 서비스 제공자가 제공할 수 있는 xxxx조치(계약이행에 필요한 xx) - 용역제공자의 과거 3년의 직원, 관리직 직원의 연평균 수 - 계약이행에 필요한 용역제공자의 xx, 설비 혹은 xx장비의 명세서 |
나. 일반적인
평가방법(*
"입찰참가자격 사전심사 질문서(PQQ)" xx)
□ 1단계 평가의 목적은 발xxx과 잘 협력하고 xx조건을 충족하는 적정 공급자의 xxx를 추출해 내는 것
○ 공급자에 xx 평가에 초점을 xx 때문에 공급자 xx를 획득하는 다양한 방법의 xx이 가능
※ 예컨대, 기본협약 공고에 필요한 자격심사를 위한 xx를 명시하여 이를 xx토록
하고 이를 평가하여 입찰에 초청하거나, 자체의 유자격자 명부를 xx하는 방법 등
○ 그러나, 복잡한 조달 혹은 전략적 구매 등에 대해서는 별도의 PQQ를 공급자에게 xx토록 하는 것이 통상적
- PQQ는 발xxx이 공급자에게 해당 발주건에 대하여 보다 상세한 xx를 제공할 수 있는 xx를 제공
- 동시에 공급자의 능력에 xx xx xx 획득이 가능하다는 xxx 있음
다. PQQ 평가의 일반 xx
영국x x xx이 자율적으로 조달하는 분산조달시스템이며, 조달하려는 xx(물품, 공사, 용역)과 그 중요도에 따라 개별 xxx별로 PQQ가 다양하게 존재 → 따라서, PQQ에 xx 명확한 평가xx, 방법을 일반화
하기는 곤란하며 발xxx이 조달대상물에 따라 자율적으로 정함
(다만, EU 조달지침 및 계약xx 2006에 반하여서는 아니됨)
(1) 개 요
□ 대체로
EU 조달지침 혹은 계약xx
20 6에서 xx한
자격배제xx,
경제적․
xx적 xx, 기술적 능력 등에 관한 요소를 비롯한 다양한 xxx준 xx 가능
□ 평가요소가 확정되면,
평가요소별로 가중치를 부여한 후,
공급자별로
xx를 산출하여 일정한 공급자 수를 입찰초청 후보자로 xx
(2) 영국 조달청(OGC)의 PQQ 가이드
□ OGC는 다음에 관한 일반xx를 P Q에 포함하여 공급자가 xx토록 권고
○ 공급자의 조직에 관한 일반xx, 조직도, 소xxx, xx xxx에 관한
세부xx 등
○ 입찰참가 배제사유 해당사항
○ 주요 xx(과거 및 xx)
○ 주계약자/하청에 관한 사항
○ 직업적/상업적 xxxx
○ 법적 xx 사항(각종 xxx험가입 여부, xx 3년간의 계약분쟁에 관한 사항)
○ xxxx(xx 2년간의 xx보고서 및 자료, 총매출액 등)
○ xx역량(핵심직원의 xx 및 경험, xx 전문가 xx의 세부사항 등)
○ 경험 및 실적(주요 xx 및 경험, xx의 계약실적 등)
※ 유의사항
☞실적(track record)과 xx,
특별히 공공분야로 특정할 필요가 없는
xx에는
민간부문의 실적도 xx 가능
☞PQQ에 포함된 질문은 EU 조달지침 및 계약xx 2006에 부합xxx 함
☞xxxx 평가에 필요한 xx는 xx 2년간의 xxxx(매출액, xx자료 등)를 권장
(전통적으로 xx
3년간 자료를 요xxx,
이는 중소기업에 불리하기
때문에 xx
2년간 xxxx가 바람직)
⇒공급자의 xxxx 평가에 xx OGC의 가이드 “Supplier financial
a praisal guidance”의 번역본은
․런던구매관- 16(2 07.2.26) ”영국의 조달참가업체 평가xx중 “xx평가 ” 가이드 송부“ 또는
․EDMS xxxx-런던구매관-12898번 참조
☞PQQ에서 xx하는 xx와 향후 평가 혹은 협상단계에서 획득하는 xx사이의 명확한 구분은 없음
- 실적은 개략적인 xx만으로 입찰후보자 xx에 별다른 xx가 없으며, 어떤 xx은 필요시 현장실사를 통해 필요한 xx 획득 가능
- 다만,
실제적으로
평가에 xx되는 xx를 xx하고 예/아니요라는 응
답하는 질문에 대해서는 xx를 부여하지 않도록 함. 또한 입찰xx
및 평가시간을 줄이기 위해 적절한 xx xxx된 xx과 단어 제한을 고려할 필요
□ OGC는 다른 xx이 활용할 수 있는
2가지의
PQQ
모델을 제공
○ EU 특히,
조달지침의 적용에서 제외되는 xx금액 이하의 계약에 대해서는 입찰참가를 xx하는 중소기업의 편의를 위해 각 부처가 공통으로
활용할 수 있는 간소화된
PQQ
모델을
개발 보급2)
- 공xxx은 PQQ모델을 참고하여 계약특성에 따라 xx․xx xx 가능
⇒ OGC의 간소화된 PQQ모델에 대해 xx한 자료는
․런던구매관-490(2006.7.21)
계약 xx) 송부” 또는
“영국의
입찰참가자격 사전심사제(소규모
․ EDMS xxxx-런던구매관-9969번 참조
2) 영국x x xx들이 자율적으로 구매하는 분산조달체제로 기관별로 다양한 입찰초청 후보자 xxx준으로 인해
특히 소규모 정부계약에 xx 중소기업의 접근에 장애가 된다는 판단에 따라
2003년
Better Regulation Task
Force(BRTF)1)는 공통 사전자격심사 질문서(PQQ) 개발을 OGC에 권고한 바, 이러한 권고에 따라 OGC는 중소기업의 입찰참가 행xxx 절감을 위해 공통 PQQ를 개발하여 보급함.
이에 관해서는 xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxx services_pqq_4651.asp 참조
○ EU 조달지침의 적용을 받는 xx금액 이상의 복잡한 계약(용역분야)에
xx PQQ모델도 개발
- 이 또한 용역뿐만 아니라 물품, xx하여 xx 가능
xx공사 분야에 필요한 사항을 xx․
※ 기존의 PQQ모델이 2006.1.31일부터 발효된 개정 EU 조달지침의 xx을 반영
하지 못했기 때문에 xx ogc에서 xx 작업중에 있음
※ 기존의
PQQ모델은
<붙임
2> “Pre-Qualification Questionaire” 참조
□ 또한,
후보자 xx단계에서 공급자에게 요구할
높은 xx의 질문과
IT조달에 특별히 해당하는 질문사항
등을 예시한
“SU CE
SFUL DELIVERY
T OLKIT: QUESTIONS FOR SU PLIER ASSESSMENT”3) 발간
□ 후보자 xxx가 작업 종료후에는 평가보고서(Evaluation Report) 작성 필요
○ 평가보고서에는 공급자의 답변(제공한 xx)xx 요약, 각각의
공급자에 xx 정확한 평가결과,
xx된 후보자 목록,
기타 탈락한
공급자의 탈락 사유 등
3)SUCCESSFUL DELIVERY TOOLKIT: QUESTIONS FOR SUPPLIER ASSESSMENT의 세부 xx은
xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/Xxx0Xxxxxxxxx.xxx 참조(동 문서의 2.1~2.6까지 해당)
□ EU
조달지침(Directive 2004/18/EC 제53조)에서는 낙찰xx으로
2가지를 제시
1)경제적으로 가장 유리한 입찰(the most economically advantageous tender : MEAT)
- 당해 계약의 xx과 xx된 다양한 xx, 예를 들면 품질, 가격, 기술적 장점, 미적․기능적 특징, xx적 특징, xxxx, xx-효과성, 사후서비스 (A/S)와 xx xx, 인도일 및 인도기간 혹은 xx기간 등을 종합적으로 고려하여 가장 유리한 입찰서를 xx
2) xx 최저가격(only the lowest price)
○ 가격이외에는 특별히 고려할 만한 요소가 없는 xx를 제외하고는 대부분의 발xxx들은 경제적으로 가장 유리한 입찰(MEAT)을 낙찰xx으로 함
- 다양한 세부낙찰xx에 가중치를 두어 평가x x xxx찰자를 xx
- 이 xx,
개별 xx의 상대적 가중치를 기본협약공고에
명시xxx 함
* 가중치 부여가 명백하게 불가능할 xx, 낙찰xx을 명시
중요도에 따른 내림차 순으로
※ 공공계약xx
2006
제30조에도
EU 조달지침과 동일한 낙찰xx을 제시
□ 구체적인 낙찰xx은 Value for Money를 xx할 수 있는 관점에서
xx되고 xxx 낙찰xx에 따라 후보자의 제안서(혹은 입찰서)를 평가
○ 주로 가격과 서비스의 품질에 관한 평가요소가 고려xx이 됨
※ 낙찰xx은 가격을 제외하고는 발xxx별로 xxx적물(물품, 중요도 등에 따라 다양하므로 확xxx xx을 xxx기 곤란
용역,
공사),
□ 기본협약 번호/계약목적물 : RM373/법률자문 서비스
○ EU
xx(OJEU)
공고번호
: 2006/S187-199028
○ xxx적물 세부xx
∙ Lot 1 - IT, 통신 및 E-Commerce 분야
∙ Lot 2 - 부동산 및 토지 분야
∙ Lot 3 - xx분야
∙ Lot 4 - xx 및 연금분야
∙ Lot 5 - xx 및 xx분야
∙ Lot 6 - 지적xx분야
∙ Lot 7 - 상거래분야
∙ Lot 8 - xx 프로젝트(복잡하고 혁신적인 PFI/PPP 포함)
* 공급자는 자신이 응찰한 분야를 명시xxx 함
○ 경쟁절차 : 제한경쟁(Restricted Procedure)
○ 발xxx : OGCbuying.solution
○ 기본협약 xxx간 : 48개월(4년)
○ x x
- 2006.11.13일
12시까지
: PQQ xx
- 2006.11.27까지 : 입찰초청 xx 후보자 xx
- 2006.12.11까지 : 입찰초청서 발송
- 2007.2.12까지 : 입찰서 xx 마감
- 2007.4.16까지 : 기본협약 체결대상자 xx
- 2007.5.1부터 : 기본협약 개시
□ 후보자 xx 평가xx 개관
☞ 크게 xx적 요소(financial factor)와 비재무적 요소(non-financial factor)로 구분
- 공급자의 참여 부합가능성(Supplier Acceptability) : 공공계약xx 제23조(절대적 배제 혹은 xx 가능 사유)에 관한 공급자의 xx
추가적으로, 잉글랜드 및 웨일즈의 법률협회(Law Society, 혹은 그에
xx하는 직업xx xx) xx 적용을 받아야 함
- 경제적․xx적 xx(Economic and Financial Standing) : 공공계약 xx 제24조에 xx된 바에 따라 이 기본협약 참여에 필요한 건전한 xxxx xx
- 공급자의 과거실적(Supplier Track Record) : 공공계약xx 제25조에
xx된 바에 따라
OJEU
공고에 열거된 과거 유사 용역제공 실적
- 공급자의 역량 및 xx능력(Supplier capacity and capability) : 공급자가 xx 가능한 자원과 핵심 능력에 xx 총체적 평가
※ 세부 질xxx 및 평가 가중치 등은
“PQQ
질xxx 및 평가xxx” 참조
□ RM 373 사전자격심사 질문서(PQQ)의 질xxx
∙ Lot 8 - xx 프로젝트(복잡하고 혁신적인 PFI/P P 포함)
∙ Lot 7 - 상거래분야
∙ Lot 6 - 지적xx분야
∙ Lot 5 - xx 및 xx분야
∙ Lot 4 - xx 및 연금분야
∙ Lot 3 - xx분야
∙ Lot 2 - 부동산 및 토지 분야
아니요
예
∙ Lot 1 - IT, 통신 및 E-Commerce 분야
(xx 지적xx 자문은 제외)
이 PQQ는 다음에 대하여 xx xx으로 xx됨
1.1
조직 확인 및 기본 세부xx
1
1.2 | 입찰서가 xx될 회사 혹은 조직의 이름 (컨소시엄인 xx 컨소시엄의 이름 및 주계약자) *서비스 공급에 상당한 역할을 하는 각각의 컨소시엄의 xxx, 계약자, 하청업자, 협회 등에 xx 세부사항도 제공되어야 함 | ||||
1.3 | 연락처 이름 | ||||
1.4 | 연락처 직위 | ||||
1.5 | 주소: 우편번호: | ||||
1.6 | 전화번호: | ||||
1.7 | 팩스번호: | ||||
1.8 | 이메일주소: | ||||
1.9 | 웹싸이트 주소: | ||||
1.10 | 회사 등록번호(해당되는 xx) * 등록xx 명시 | ||||
1.11 | 등록일 | ||||
1.12 | 기타 등록번호(해당되는 xx) *등록xx 명시 | ||||
1.13 | 등록일 | ||||
1.14 | xx와 다른 주소로 등록된 xx 그 주소: | ||||
1.15 | VAT 등록 번호: | ||||
1.16 | 귀사는? | ||||
i)주식회사 입니까? | 예 | 아니요 | |||
ii)유한회사 입니까? | 예 | 아니요 | |||
iii)합작회사 입니까? | 예 | 아니요 | |||
iv)독립자영업자 입니까? | 예 | 아니요 | |||
v)기타(xxxxx) | 예 | 아니요 | |||
1.17 | (xx)모회사 이름(해당되는 xx): | ||||
1.18 | 모회사의 Companies House 등록번호(해당되는 xx) | ||||
1.19 | 귀사가 데이터보호법 1998에 따라 등록된 xx, 그 등록번호 | ||||
1.20 | xx그룹의 xxx인 xx, xx 모회사 및 EU내 다른 자회사의 이름 및 주소, | ||||
1.21 | xxx의 등록번호 및 등록일 | ||||
1.22 | 이 PQQ를 xx하는 xx조직에 대해 xx *단일공급자, 주계약자, 컨소시엄 등, 그리고 해당 되는 xx xx되는 컨소시엄 xxx, 계약자, 하청업자, 협회 등의 세부사항 |
2 | xx xx | ||||
2.1 | xx에 xx을 주는(예, 합병, xx, 합리화, 소유권 변동) 중요한 xx 혹은 사업xx 요소(과거, xx 혹은 xx) | ||||
귀사가 입찰하고자 하는 법률 서비스 Lot1-8에 해당하는 서비스의 공급을 통해 지난해 발생한 xx 매출액의 퍼센트를 xx * 자체 xxx 및 컨소시엄 xxx들만에 의한 기여분을 포함xxx 함 | |||||
2.2 | Lot xx 1 2 3 4 5 6 7 8 | 입찰할 서비스에 xx 매출액 (%) | |||
2.3 | 귀사는 지난 해 banking facilities 및 xx약정서의 조건을 이행하였습니까? | 예 | 아니요 | ||
2.4 | 만약 “아니요”라면 그 사유와 이를 xx하기 위해 행한 조치들은 무엇인가? | ||||
2.5 | 귀사는 지난 해 xxx 및 직원들에게 지불해야할 모든 xx를 이행하였습니까? | 예 | 아니요 | ||
2.6 | 만약 “아니요”라면 이유는 무엇xx? | ||||
이름 | |||||
지점 | |||||
연락처 세부사항 | |||||
2.7 | 다음의 xxxx는 짧은 통지(OGCbuying.solution의 xx으로 5일이내)로 전자적 xx으로 제공xxx 요청할 수 있음. 귀사에 xx 사전자격심사 응답의 xx 으로는 이 xx를 제공할 xx는 없으나 이러한 xx를 제공해 줄 수 있는 xx이 있는지를 확인하는데는 필요함. | ||||
2.7.a | 가장 xx xxxx의 매출액, xx 명세서 | 예 | 아니요 | ||
2.7.b | 귀사가 그룹의 자회사인 xx(2.7.a는 자회사 및 xx xxx xx에 요구됨. 컨소시엄 혹은 단체인 xx, 그 xx는 xx xx 각각의 회사에 대하여 xx됨) | 예 | 아니요 |
3 | 배제 xx | ||||
3.1 | 공공계약xx 2006 제23조의 xxx준중 어떤 것이 해당 되는지를 답하시요 | 예 | 아니요 | ||
3.2 | 만약 “예”라면 전체 세부xx을 xx하시요 | ||||
3.3 | 귀사가 잉글랜드 및 웨일즈의 법률협회(Law Society)에 의한 xx를 받고 있는지 (혹은 xx하는 직업xx xx에 의한 xx하는 xx) | ||||
4 | 조직에 xx 개요 |
4.1 | 귀사의 조직 개요(최대 A4xx 1매)를 제공하시요. 이에는 다음을 포함xxx 함 a)조직의 발생 및 발전 b)조직의 xx(xx) 구조 c)귀사가 희망하는 Lot의 서비스와 xx하여 그것이 제공될 시설물(premises)x x와 위치 d)귀사가 희망하는 Lot를 규율하는 법률의 특정분야에서 서비스를 제공해 온 기간 |
5 | 품질보증 | ||
5.1 | 귀사는 품질xx시스템(QMS), 즉 제공될 서비스가 통제와 신뢰할 만한 방법으로 고객의 수요를 충족시킬 수 있다는 것을 보증하는 xx적이고 체계적인 접근방법을 가지고 있는가? | 예 | 아니요 |
5.2 | 만약 “예”라면, (품질측면에서)부합하지 않은 작업을 확인하고 xx하며 이이서 이를 xx하고 예방하는 조치를 이행하는데 xx되는 절차와 제도에 xx 세부사항을 간략하게 xxxxx | ||
5.3 | 귀사는 예컨대 ISO 9001 혹은 이에 xx하는 품질보증 xx을 xx하고 있는가? | 예 | 아니요 |
5.4 | 만약 5.3에 xx 응답이 “예”라면, xx 증명서의 사본을 별도로 첨부xxx |
6 | xx 및 안전 | ||
6.1 | 귀사는 문서화된 직장 xx안전정책을 갖고 있습니까? | 예 | 아니요 |
6.2 | 만약 “예”라면, 직원에게 전달되는 방법과 xx안전 사안을 적절하게 모니터, 검토, 보고하는 제도와 절차를 xx한 이 정책의 세부사항을 간략하게 xxxxx | ||
7 | 전문적인 xx |
7.1 | 다음의 xx를 제공xxx(최대 A4xx 2매) a)전문직 직원이 배치된 등급구조/고위직 xx b)특정 등급으로의 할당과 관련된 자격 및 경험 c)귀사가 희망하는 각각의 Lot에 서비스를 제공하는데 xx될 각각의 등급에 있는 직xx 수 d)특정 임무에 대하여 고객에 xx 서비스 제공을 어떻게 체계화하였는지- 전문직 직원에게 어떻게 임무가 할당되는지와 경영진 감독할 조치사항이 무엇xx? e)각 등급의 전문직 직원이 자신의 전xxx xx을 어떻게 xxx고, 귀사가 이를 보장하기 위해 어떠한 적절한 공식적 제도를 가지고 있는지? |
7.2 | 고객에게 가져다 준 부가가치를 xxx는 귀사의 e-Business 경험과 능력. 즉 xx 회의 xx 등 |
8 | 보 험 | |
귀사의 xx 보험의 범위에 관한 세부xx을 제공xxx | xx(Level) : | |
8.1 | xxxx xxx상? | £ |
9 | 과거의 경험 및 비교할만한 계약 |
9.1 | 참 조(Reference) 이 질문서의 말미에 있는 Schedule A를 xxx여 귀사가 입찰하고자하는 각각의 Lot에 대하여 xx 3년이내에 잉글랜드법에 기초한 법률 서비스의 공급을 위한 공공 혹은 민간부문 xx에 의해 xx 귀사에 낙찰된 4개의 계약 세부xx을 제공xxx. 〔 Buying Solution은 귀사의 참조에 기재된 고객의 연락처중에 어떤 곳을 접촉 하기 위해 이 조달 프로젝트xx xx라도 xx할 수 있음. 특히, 향후 입찰의 xx으로, 귀사는 귀사의 xx된 심사자의 xx을 받은 xx된 질문서를 제공할 필요가 있을 것임. 따라서 입찰자는 이 PQQ에 xx 응답에 그들을 포함하기 전에 모든 xx된 연락처가 그러한 질문서를 작성xxx xx되어 있어야 함을 확인xxx 함 〕 |
이 질문서의 말미에 있는 Schedule A를 작성함으로써 세부xx을 제공xxx | |
9.2 | 귀사가 희망하는 각각의 Lot에 대하여 xx 3년xx xx되지 않은 귀사의 이행실적을 xx으로 고객과 어떠한 서비스 공급협약이 종료되었는지 혹은 재협상되었는지 제시xxx. 각각의 중요한 사례의 세부xx을 제공xxx |
※xx
“법률자문서비스 기본협약의
PQQ
등 xx자료 xx은
<붙임 3> 참조
SCHEDULE A
[LOT 1] –
[IT,
통신 및
E-COMMERCE]
잉글랜드 법에 근거하여 영국내에서 공공부문 혹은 민간부문의 xx에 의해 낙찰된 계약의 세부xx
귀사와 직접적으로 계약이 | |||||||
고객명 (공공 혹은 민간부문 여부 xx) | 고객연락처 이름, 전화번호 및 Email 주소 | 계약기간 (개시일 포함) | xx된 서비스에 대하여 간락하게 xx | 그 임무와 관련된 Lot의 요소 열거 | 이루어졌는지 지 확인 또는 관련된 주계약자를 xx. xx된 하청업자와 해당계약에 xx | ||
그들의 기여도 %를 xx | |||||||
1 | / | / | |||||
2 | / | / | |||||
3 | / | / | |||||
4 | / | / |
주의 :
Buying Solutions은 참고를 목적으로 xx된 회사중 어떤 곳이라도 접촉하기 위해서 xx할 수 있음. 그렇게 하는데 귀사의 허락이 있는 것으로 추정함
만약 귀사가 명시적으로 이의를 언급하지 않는다면
※ 지면관계상 기타 Lot 2 - 8은 생략함
- 23 -
□ PQQ 평가배점표(Legal Services Invitation Criteria)
경제적․재무적 상태 (ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING) | ||||
가용점수 | 가중치 | 최고 점수 | 통과 / 실패 | |
재무상태 및 위험 – PQQ 질문항목 2.1, 2.3-2.7 | 10 | 5 | 50 | |
공공계약규정 제23조 – PQQ 질문항목 3.1, 3.2 | None of factors apply | |||
역량(CAPACITY) | ||||
가용점수 | 가중치 | 최고점수 | 통과 / 실패 | |
잉글랜드 및 웨일즈 법률협회(Law Society) 혹은 이에 상응하는 기구 - P Q 질문항목 3.3 | Regulated | |||
각 Lot 관련 조직의 개요 - PQQ 질문항목 4.1 | 10 | 8 | 80 | |
입찰한 Lot에 관련된 매출액(%) - P Q 질문항목 2.2 | 10 | 8 | 80 | |
달성능력(CAPABILITY) | ||||
가용점수 | 가중치 | 최고점수 | 통과 / 실패 | |
전문지식 - P Q 질문항목 7.1 | 10 | 30 | 300 | |
경험 /최근 3년간의 낙찰실적 -PQQ 질문항목 9.1 | 10 | 32 | 320 | |
품질/고객보호 정책 - PQQ 질문항목 5 | 10 | 10 | 100 | |
서비스 공급능력 - PQQ 질문항목 7.2, 9.2 | 10 | 5 | 50 | |
법적규제(달성능력) (REGULATORY(Capability)) | ||||
가용점수 | 가중치 | 최고점수 | 통과 / 실패 | |
의무보험 - PQQ 질문항목 8 | 10 | 5 | 50 | |
보건 및 안전 - PQQ 질문항목 6 | 10 | 2 | 20 |
* 총점은 1,050점임
6. OGCbuying.solution의 기본협약 체결 현황
□ 현재
OGCbuying.solution은
50만 이상의 물품․용역을 제공하는
600개
이상의 공급자와 기본협약을 체결하고 있음
《 OGCbs의 기본협약 분류체계 》
서비스군 (grouping) | FA 체결 단위 서비스 (a set of Framework Agre ment) | 제공할 세부 서비스 (Lot) | |
컨설팅 서비스 (Consultancy services) | ∙ ICT Consultancy ∙Organisational Consultancy ∙Functional Consultancy ∙Finance Consultancy ∙Environmental Consultancy ∙Legal Services(과거의 L-Cat) ∙Property & Construction Services (과거의 PCS) | ||
인적자원 서비스 (Resourcing services) | ∙Training ∙HR recuritment ∙Interim Management ∙Specialist Contractor | ||
비즈니스 솔류션 (Business solution) | ∙Mobile Solutions ∙Specialist Solutions ∙Broadband | ||
정보통신 (Information Technology) | ∙Hardware ∙Software ∙Infrastructure, maintenance and management | ||
시설지원 (Facility support) | ∙Hardware & Buildings ∙Furniture & Furnishings ∙Catering & Office Equipment ∙Postal Services ∙Health & Hygiene equipment, supplies and services ∙Property and facilities Management Services | ||
지불카드 (Payment cards) | ∙Government Purchase Card(GPC) ∙Fuel Cards | ||
∙ 관리 통신서비스(MTS : Managed Telecommunications Service) ∙ 정부안전인트라넷(GSi : Government Secure intranet) ∙ e-Procurement 솔류션 ∙ 공무여행지원 서비스 ∙ 에너지 |
○ OGCbs가 체결한 기본협약은 그 성격에 따라 Services라는 자체 브랜드 크게 구분
Catalist와 Managed
- Catalist는
e-catalogue
등을 통해 용이하게 구매할 수 있는 것들이며
공급자가 제공하는 오퍼의 유형에 따라 7개의 서비스군(grouping)으로 분류
∙ 각각의 서비스군은 다시 수개의 기본협약 체결단위(a set of framework agreement)로 세분화
∙ 기본협약 체결단위는 세부분야에 따라 Lot로 표시되는 서비스로 세분화 가능
《예시》법률자문서비스(Legal Service)
- 상기 “5의 PQQ평가사례”의 법률자문 서비스는 Catalist중 컨설팅 서비스군에 해당하며 하나의 기본협약단위로서 EU관보에 공고된 것
- 법률자문서비스는 그 범위가 광범위하기 때문에 Lot 1-8로 세분화
☞ 따라서, 공급자는 자신이 희망하는 Lot를 선택하여 입찰하고, 낙찰된 경우 그 Lot들에 대하여 OGCbs와 기본협약을 체결하게 됨
- Managed Services는 매우 복합한 비즈니스 솔류션을 제공하는 서비스임
∙ 이에는 관리 통신서비스(MTS), 정부안전인트라넷(GSi), e-Procurement
솔류션, 공무여행지원 서비스, 에너지 등으로 분류
○ 용역분야는 각종 컨설팅 서비스에서 자산관리 서비스 등 다양하며 OGCbs는 새로운 용역분야의 기본협약 개발을 구상중
- 물품분야는
IT HW/SW
및 기반시설,
급식 및 사무용 장비, 가구, 건물
소요품, 보건위생제품 등에서 기본협약을 체결
※ 최근
Managed Services중의 하나인 공무여행지원서비스
기본협약
(Travel Services)을 개발하여 2006. 6. 1일부터 제공(총 10개의 공급자
가 항공 및 페리, 출장차량 임대, 회의장, 호텔, 철도 중의 하나이상의 공급자로 선정)
<예시> Organisational Consultancy 및
Functional Consultancy
기본협약의 공급자별/Lot별 서비스
7. 기본협약과 조달청의 다수공급자계약제도와의 비교
□ 조달청의 다수공급자 물품계약(조달사업법 시행령 제7조의 2)제도는 미국의
MAS와 영국의 기본협약(Framework Agreement)를 벤치마킹하여 도입
□ 다만, 양 제도는 차이점을 개괄적인 측면에서 살펴보면 아래와 같음
구 분 | 다수공급자 물품계약 | 기본협약(Framework Agreement) |
해당 영역 | 물품 | *특별한 제한 없음(물품, 용역, 공사 가능) |
체결주체 | 조달청 * 조달사업법령에 계약의 특례로 규정 | 중앙구매기관 및 각 부처(및 산하기관) 가능 *최근 조달혁신 차원에서 각 부처가 체결한 기본협약을 전체 정부기관이 사용할 수 있도록 함 (예, 인쇄, 차량임대 등) |
최장기간 | 3년 | 4년 |
성 격 | 계약 | 협약 (가격 등 후속계약을 위한 조건 합의에 불과) |
체결대상자 | 2인이상 | 제한없음(1인도 가능) |
평 가 | - 1단계: 적격성평가 (재무및납품실적) → 85점이상 -2단계 : 가격협상 혹은 최저비율입찰가 | 1단계 : PQQ평가(평가기준 다양) * 적정 입찰초청 후보자 수 선정 2단계 : 가격, 품질, 이행능력 등 종합평가 |
고객의 선택 | 계약자의 계약물품중 선택 | -기본협약 공급자를 선택 주문 -필요시 기본협약 공급자를 대상으로 소규모 경쟁 실시 * 이 단계에서 계약이 성립(call-off) |
- 29 -
【붙임 1】
기본협약(Framework Agreement)
이것은 기본협약에
아니오 따라계약이체결될 때만
기본협약의 공고와
낙찰에
아니오
일반계약과
EU규정의
적용을
같은 EU규정 적용.
받는 계약을 위한 기본협약에 관한
기본협약임 규정을 이에 따른
개별 계약에도 적용
그렇다 그렇다
기본협약이 존속 기간동안에 EU의 기 준 금 액 이 하 로 추정되는가 또는 전체규정에 적용을
받지 않는가?
그 협약이 구매자로 하여금 어떤 것을 구매해야 하는 의무를 포함하고 있는가?
단지 value for money 정책과 함께 EU조약과 이에 기초한 원칙(무차별 원칙을 포함)을 적용
이것은 기본계약(Framework Contract)으로 EU규정에 적용을 받은 다른 계약과 마찬가지로 취급됨
기본협약이 후속 계약을 위한 조건을 제시하는 하나 이상의 공급자와의 협약인가?
구 체 적 개 별 계 약 단 계 (Call-off stage)
그렇다
기본협약 체결시 조건을 사용하여 관련 물품, 공사 또는 서비스를 계약
오직하나의 기본 협약 공급자가 존재하는가?
아니오
아니오
그렇다
기본협약에 여러명의 공급 자가 있는 경우 기본협약의 조건이 특정한 요구조건에 맞는 가장 좋은 공급자를 선택할 만큼
충분히 정확한가?
보완된 조건과 공표된 기본협약 낙찰기준을 사용하여 물품, 공사, 서비스를 제공할 수 있는 공급자에게 계약을
낙찰시킴
필요에 따라 보완된 원래의 조건을 사용하여
특정 요구를 충족시킬 수 있는 기본협약 공급자를 대상으로 소규모 경쟁에 부침
LEGAL SERVICES
PRE-QUALIFICATION QUESTIONNAIRE REF: RM373
INTRODUCTION
1.1 OGCbuying.solutions
1.1.1 OGCbuying.solutions is an Executive Agency of the Office of Government Commerce within HM Treasury and provides a professional procurement service to Central Civil Government and the wider public sector. It operates as a trading fund with its primary aim being to assist Government and the wider public sector to deliver better value for money in its commercial activities. It does this by providing a range of services to achieve measurable cost savings and guaranteed quality and service levels through simple, quick and effective procurement routes.
Purpose of this Pre-Qualification Questionnaire (PQQ)
1.2.1 OGCbuying.solutions requires the information sought in this PQQ from suppliers responding to the OJEU notice number 2006/S187-199028
1.2.2 Responses to the PQQ will be used as the first step of selecting suppliers to invite to tender. Selected suppliers will then be invited to participate further in the procurement process.
1.2.2 This is a competitive procurement conducted in accordance with the Restricted Procedure under the EU Directive 2004/18/EC, as implemented by Statutory Instrument 2006 No. 5 The Public Contracts Regulations 2006.
1.3 Description of the Requirement
1.3.1 This procurement is designed to provide access, for Government and public sector customers, to a range of non-core legal activities, to include:
• Advice and assistance on legal matters
• Drafting or review of both legal and commercial documents
• Advising on or engaging in negotiations of contracts; licences and grants
• Advising on matters relating to the discharge of contacts; licences and grants
• Undertaking legal research or analysis
• Transaction based work (to the extent not already covered above).
The precise requirements will vary from client to client. The types of work being undertaken as an assignment may be one off (ad hoc), project-related or routine, ongoing activities. Service providers will typically be used to complement and/or supplement organisations own in house-legal team, and so may be required to work in association with government lawyers. Project related work may require service provider’s personnel to participate as members of project teams or project boards.
The services will be provided on a call off basis to Government Departments, Local Authorities and all other UK Public Sector contracting authorities, in various locations throughout the UK and UK territories.
1.3.2 Service provision under the new arrangements will be divided into 8 Lots, each
of which relates to particular areas of project or undertaking common to many government bodies. Under each Lot is grouped a number of components (‘sub- categories’) – which are areas of law or activity typically arising under this Lot. It is
important to note that the components under a category are designed to be indicative of the types of matters typically arising on an assignment falling within that category – but the list of components is not intended to be exhaustive.
➢ IT, TELECOMMUNICATIONS AND E-COMMERCE (EXCLUDING PURE INTELLECTUAL PROPERTY ADVICE)
➢ PROPERTY AND ESTATES
➢ CONSTRUCTION
➢ EMPLOYMENT & PENSIONS
➢ CORPORATE & FINANCE
➢ INTELLECTUAL PROPERTY
➢ FULL COMMERCIAL
➢ MAJOR PROJECTS (INCLUDING COMPLEX, INNOVATIVE PFI/PPP)
Service Providers are required to specify the Lot(s) that their pre qualification questionnaire relates to.
1.3.2.1 Contract Length: Framework Agreements will be awarded for a period of 48 months
1.4 Invitation to Tender and Award Numbers
1.4.1 Following the selection of bidders on the basis of responses to this document, it is anticipated that a maximum of 20 service providers per lot will be invited to submit detailed tenders. Where there is more than one bidder in 20th place, then all such bidders will be invited to tender.
Following evaluation of those tenders, it is intended to award framework agreements to a maximum of 15 service providers per lot.
1.5 Procurement Timetable
Date Action
13/11/2006 Return of Pre-Qualification Questionnaire (PQQ) 27/11/2006 Selection of successful companies to move forward to the
Tender Stage
11/12/2006 Issue of Invitation to Tender (ITT) documentation 12/02/2006 Deadline for return of Tenders
16/04/2006 Selection of successful tenderers to be awarded a
Framework Agreement
1 May 2007 Formal start date of Framework Agreements
1.5.1 An update if necessary of the anticipated timetable will be issued to those companies who are successful in getting to the ITT stage.
2. INSTRUCTIONS FOR COMPLETION
2.1 Completion of Responses to the PQQ
2.1.1. Prospective suppliers should answer all questions as accurately and concisely as possible. OGCbuying.solutions may validate the information contained in your response at any time throughout the procurement. Where any such statements are found to be inaccurate or incorrect, OGCbuying.solutions reserves the right to remove such bidders from the competition.
2.1.2. Answers should be inserted into the relevant answer box to the right of the question box, unless instructions dictate otherwise.
2.1.3. No alterations to the question box should be made.
2.1.4. All typed responses should be in font Arial 11 and in English.
2.1.5. The answer box may be extended to accommodate your answer.
2.1.6. Suppliers should note that only information entered into the appropriate box will be taken into consideration for the purposes of the evaluating the PQQ.
2.1.7 All paper responses must be bound.
2.1.8 Where a YES/NO response is required please tick relevant box.
2.2 Consortia and Sub-Contracting
2.2.1 Where a consortium approach is proposed, all information requested should be provided in respect of each of the Consortium members. The Consortium leader should also be clearly identified. Relevant information should also be provided in respect of sub-contractors who will play a significant role in the delivery of services or products under any ensuing contract. Responses must enable OGCbuying.solutions to assess the overall service proposed.
2.3 Queries regarding the Procurement
2.3.1 OGCbuying.solutions will not enter into detailed discussion of the requirements at this stage other than the background information provided in this document
2.3.2 Any questions about the procurement should be submitted by e-mail to FP016@ogcbs.gsi.gov.uk quoting the OJEU Contract Number.
2.3.3 If OGCbuying.solutions considers any question or request for clarification to be of material significance, both the query and the response will be published on the OGCbuying.solutions website supplier zone.
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx/XXXX/xxx.xxx
2.3.4 All responses received and any communication from service providers/suppliers will be treated in confidence.
As a Government procurement agency OGCbuying.solutions is bound by the provisions of the Freedom of Information Act 2000 (FOIA), and as such OGCbuying.solutions is committed to open government and to meeting responsibilities under the FOIA. Accordingly, any information submitted to us may be subject to disclosure in response to a request under the FOIA. We may also decide to include certain information in the publication scheme which we maintain under the Act.
If you consider that any of the information included in your PQQ response is commercially sensitive, please identify it and explain (in broad terms) what harm may result from disclosure if a request is received, and the time period applicable to that sensitivity.
You should be aware that, even where you have indicated that information is commercially sensitive, we may be required to disclose it under the FOIA in response to a request where such disclosure is considered to be in the public interest. Please also note that the receipt by OGCbuying.solutions of any material marked ‘confidential’ or equivalent should not be taken to mean that we accept any duty of confidence by virtue of that marking.
2.3.5 If a supplier wishes to ask a question of OGCbuying.solutions without OGCbuying.solutions revealing the question and its answer on the Supplier Zone, then the supplier should notify OGCbuying.solutions accordingly, giving justification. Where OGCbuying.solutions does not consider that there is sufficient justification for not publicising a question and the corresponding answer. It will invite the questioner to decide whether the question and answer should be published, or whether it should withdraw the question.
2.4 Supplier Contact Point
2.4.1 At Question 1.3 below Suppliers have been asked to include a single point of contact in their organisation for their response to the pre-qualification questionnaire. OGCbuying.solutions shall not be responsible for contacting the supplier through any route other than the nominated contact. The supplier must therefore undertake to notify any changes relating to the contact promptly.
2.5 Timescales
2.5.1 Completed PQQ responses, in paper form together with an electronic copy on CD, must be received by 12 noon on 13/11/2006 and should be addressed in accordance with the contact details below.
Responses received after this date may be disregarded. It is the responsibility of the supplier to ensure that their PQQ Response has been received within the deadline date.
2.6 Address for Responses
2.6.1 The envelope containing the completed PQQ response should be clearly marked as follows:
Tender Ref: RM373
PQQ Response, Legal Services
2.6.2 The PQQ response in the form of one hard copy and one electronic copy on CD, should be sent to:
OGCbuying.solutions 5th Floor
Royal Liver Building
Pier Head Liverpool L3 1PE
To arrive no later than 12 noon on 13/11/2006
Further information regarding OGCbuying.solutions can be found on the following web site:-
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
3. Evaluation Approach
3.1 Sift Criteria
3.1.1 The objective of the sift process is to assess the responses to the PQQ and select suppliers to proceed to the next stage of the procurement exercise.
3.1.1 Sift criteria will be a combination of both financial and non-financial factors and will consider:
3.1.1.1 Supplier Acceptability – status of supplier in relation to Regulation 23 (Criteria for the rejection of economic operators) of the Public Contracts Regulations 2006 (SI 2006 No. 5). Details of which can be found at xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xx0000/00000000.xxx
In addition, the bidder must be subject to regulation by the Law Society of England and Wales (or equivalent regulation by an equivalent professional body)
3.1.1.2 Economic and Financial Standing – the supplier must be in a sound financial position to participate in a procurement of this size as set out in Regulation 24 of the Public Contracts Regulations 2006 (SI 2006 No. 5). This may entail independent financial checks.
3.1.1.3 Supplier Track Record – The Service Provider must be able to demonstrate a successful track record of providing similar services to those listed in the Official Journal of the European Union (OJEU) notice as set out in Regulation 25 of Public Contracts Regulations 2006 (SI 2006 No. 5).
3.1.1.4 Supplier capacity and capability – assessment of the totality of resources and core competences available to the supplier(s).
3.1.3 The Sift criteria and marking scheme to be applied to PQQ responses are available as further attachments on the Supplier Zone at:-
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx/XXXX/xxx.xxx
3.1.4 OGCbuying.solutions reserves the right to seek independent sift and market advice to validate information declared. Reference site visits or demonstrations and/or presentations are unlikely to be requested at this stage.
3.1.5 Evaluation of subsequent stages will be undertaken in accordance with the overall Evaluation Strategy for the procurement. The high level Evaluation Criteria for the project will be that stated in the OJEU, i.e. the most economically advantageous offer, the terms of which will be indicated in the Invitation to Tender documentation.
3.1.6 You are advised that nothing herein or in any other communication made between OGCbuying.solutions, or its agents and any other party, or any part thereof, shall be taken as constituting a contract, agreement or representation between OGCbuying.solutions and any other party (save for a formal award of contract made in writing by or on behalf of OGCbuying.solutions) nor shall they be taken as constituting a contract, agreement or representation that a contract shall be offered in accordance herewith or at all.
1 | ORGANISATION IDENTITY AND BASIC DETAILS | ||||
1.1 | This PQQ is submitted as an initial request to be considered for: | ||||
Lot 1 - IT, Telecommunications and E-Commerce (excluding pure intellectual property advice) | Yes | No | |||
Lot 2 – Property and Estates | |||||
Lot 3 – Construction | |||||
Lot 4 – Employment and Pensions | |||||
Lot 5 – Corporate and Finance | |||||
Lot 6 – Intellectual Property | |||||
Lot 7 – Full Commercial | |||||
Lot 8 – Major Projects (Including complex, innovative PFI / PPP) | |||||
1.2 | Name of the company or organisation in whose name the tender would be submitted. NB. Where the response is from a consortium the name of the nominated prime contractor must be given as well as the consortium name. Details must also be provided for each consortium member, contractor, sub-contractor, associate etc proposed as part of this who will play a significant role in the delivery of the required services. | ||||
1.3 | Contact name for enquiries | ||||
1.4 | Contact position | ||||
1.5 | Address | ||||
1.6 | Telephone number | ||||
1.7 | Facsimile number | ||||
1.8 | E-mail address | ||||
1.9 | Website address | ||||
1.10 | Company registration number (if applicable). Please specify registering body | ||||
1.11 | Date of registration |
1.12 | Other registration number (if applicable). Please specify registering body. | ||||
1.13 | Date of registration | ||||
1.14 | Registered address if different from the above | ||||
1.15 | VAT registration number | ||||
1.16 | Is your organisation: | ||||
i) a public limited company | Yes | No | |||
ii) a limited company | Yes | No | |||
iii) a partnership | Yes | No | |||
iv) a sole trader | Yes | No | |||
v) other (please specify) | Yes | No | |||
1.17 | Name of ultimate parent company (if applicable) | ||||
1.18 | Companies House Registration number of parent company (if applicable) | ||||
1.19 | If your organisation is registered under the Data Protection Act 1998, please provide the registration number. | ||||
1.20 | If a member of a group of companies, give the name and addresses of the ultimate parent company and of any other subsidiaries in the European Union (EU). | ||||
1.21 | Parent Company registration number and date of registration. | ||||
1.22 | Please describe the business entity under which you are submitting this PQQ i.e. single supplier, prime contractor, consortium etc and, if applicable, provide details of the consortium members, contractors, sub- contractors, associates etc who are involved. |
2. | FINANCIAL INFORMATION | ||||
2.1 | Details of any significant financial or business factors (past, present or future) that may have an impact on your business (e.g. mergers, take-overs, rationalisation, change of ownership). | ||||
Please state the related percentage turnover generated in the last year through the provision of services equating to the Legal Services Lots 1-8 for which you would like to bid. Responses should include the contributions made by direct employees, and consortium members (if appropriate) only. | |||||
2.2 | Turnover | ||||
Lot Description 1 2 3 4 5 6 7 8 | (%) in respect of services in bid. | ||||
2.3 | Has your organisation met the terms of its banking facilities and loan agreements (if any) during the past year? | Yes | No | ||
2.4 | If “No” what were the reasons, and what have you done to put things right? | ||||
2.5 | Has your organisation met all its obligations to pay its creditors and staff during the past year? | Yes | No | ||
2.6 | If “No” what is the reason? | ||||
Name | |||||
Branch | |||||
Contact details |
서식 있음: 글꼴 색: 자동
2.7 | The following financial information may be required to be provided in an electronic format at short notice (within 5 days of a request from OGCbuying.solutions). You are not required to provide this information as part of your pre-qualification response but are required to confirm your willingness to provide such information. | ||||
2.7.a | A statement of your turnover, profit and loss for the most recent year of trading | Yes | No | ||
2.7.b | If the organisation is a subsidiary of a group, (2.7.a is required for both the subsidiary and the ultimate parent. Where a consortium or association is proposed, the information is requested for each member company. | Yes | No |
3. | EXCLUSION CRITERIA | ||||
3.1 | Please STATE whether any of the exclusion criteria in Regulation 23 of the Public Contracts Regulations 2006 (SI 2006 No. 5) are applicable to your organisation. | Yes | No | ||
3.2 | If the answer is ‘Yes”, please provide full details. | ||||
3.3 | Please state whether your organisation is subject to regulation by the Law Society of England and Wales (or equivalent regulation by an equivalent professional body) | ||||
4. | OVERVIEW OF ORGANISATION |
4.1 | Please provide an overview of your organisation (Max.1XA4). Information provided should include: a) The origins and development of the organisation. b) The management structure of your organisation c) The number and location of premises from which services comparable to those of the lots for which you wish to be considered are provided d) The length of time for which your organisation has been providing services in the specific field of law covered by the lots for which you wish to be considered |
5 | QUALITY ASSURANCE | ||
5.1 | Does your organisation have a Quality Management System (QMS) ie a formal structured approach to ensuring that services delivered meet client needs in a controlled and reliable manner? | Yes | No |
5.2 | If “yes” please provide brief details of the procedures and system used for identifying and recording non-compliant work (in terms of quality) and for subsequently implementing corrective and preventive actions? | ||
5.3 | Does your organisation have any Quality Assurance Certification, e.g. ISO 9001 or equivalent? | Yes | No |
5.4 | If your response to 4.3 is “yes”, please provide copies of any relevant certificates as separate attachments. |
5.5 | Please provide details of your organisation’s customer care / complaints policy and procedures explaining how you monitor customer satisfaction with the services it provides |
6 | HEALTH AND SAFETY | ||
6.1 | Does your organisation have a written Health and Safety at Work policy? | Yes | No |
6.2 | If “Yes”, please provide brief details of this policy describing how it is communicated to staff and the systems and procedures you have in place for monitoring, reviewing and reporting of Health and safety issues. | ||
7 | Professional Expertise |
7.1 | Please provide the following information ( Max 2xA4 ): a) The grading structure/levels of seniority to which your professional staff are allocated b) The qualifications and experience associated with allocation to particular grades c) The numbers of staff at each grade that would be available to provide services for each lot for which you wish to be considered d) How your organisation structures the provision of services to a client for a specific assignment – how are assignments allocated to professional staff and what are the management oversight arrangements? e) How do professional staff at each grade maintain the currency of their professional expertise, and what formal systems does your organisation have in place to ensure this? |
7.2 | Please provide details of your organisation’s e-business experience and capability, explaining the added value it has brought to clients. i.e. video conferencing facilities etc. |
8 | INSURANCE | |
Please supply details of your current insurance cover | Level | |
8.1 | Professional Indemnity* | £ |
9. | PREVIOUS EXPERIENCE AND COMPARABLE CONTRACTS |
9.1 | References Using Schedule A at the end of this questionnaire, please provide details of four (4), contracts for each Lot for which you are bidding, awarded to your organisation within the last three years by Public or Private Sector bodies for provision of legal services based upon English Law [Buying Solutions may elect to contact (or may require you to contact on its behalf) any of the customer contacts named in your references at any point during this procurement project. In particular as part of any future tender, you may be required to provide a questionnaire completed and signed by your nominated referees. Bidders should therefore ensure that all named contacts are prepared to complete such a questionnaire before including them in your response to the PQQ.] |
Provide details by completing Schedule A at the end of this questionnaire. | |
9.2 | For each lot for which you wish to be considered please indicate whether over the last three years any service provision agreements with clients have been terminated or re- negotiated on the basis of unacceptable performance of your organisation. Please provide details of each significant instance. |
Subject always to the provisions of the Freedom of Information Act 2000, the information contained in this questionnaire will be held in confidence by Buying Solutions and used to identify capable suppliers to be invited to tender.
You are advised that nothing herein or in any other communication made between OGCbuying.solutions, or its agents and any other party, or any part thereof, shall be taken as constituting a contract, agreement or representation between OGCbuying.solutions and any other party (save for a formal award of contract made in writing by or on behalf of OGCbuying.solutions) nor shall they be taken as constituting a contract, agreement or representation that a contract shall be offered in accordance herewith or at all.
[LOT 1] – [IT, TELECOMMUNICATIONS & E-COMMERCE]
Details of contracts awarded by PUBLIC SECTOR or PRIVATE SECTOR bodies in the UK ba
Customer Name (state whether Public or Private Sector) | Customer Contact Name, Telephone Number and Email Address | Ter Con (inclu start | m of tract ding date) | Please provide a brief description of the services undertaken. | com of t as r | |||
1 | / | / | ||||||
2 | / | / | ||||||
3 | / | / | ||||||
4 | / | / |
NB. Buying Solutions may elect to contact any of the given companies for a reference. Your permission to do so i
objections.
PAGE 16 OF 23
[LOT 2] – PROPERTY & ESTATES]
Details of contracts awarded by PUBLIC SECTOR or PRIVATE SECTOR bodies in the UK ba
Customer Name and Address | Customer Contact Name, Telephone Number and Email Address | Ter Con (inclu start | m of tract ding date) | Please provide a brief description of the services undertaken. | com of t as r | |||
1 | / | / | ||||||
2 | / | / | ||||||
3 | / | / | ||||||
4 | / | / |
NB. Buying Solutions may elect to contact any of the given companies for a reference. Your permission to do so i
objections.
PAGE 17 OF 23
[LOT 3] – [CONSTRUCTION]
Details of contracts awarded by PUBLIC SECTOR or PRIVATE SECTOR bodies in the UK ba
Customer Name and Address | Customer Contact Name, Telephone Number and Email Address | Ter Con (inclu start | m of tract ding date) | Please provide a brief description of the services undertaken. | com of t as r | |||
1 | / | / | ||||||
2 | / | / | ||||||
3 | / | / | ||||||
4 | / | / |
NB. Buying Solutions may elect to contact any of the given companies for a reference. Your permission to do so i
objections.
PAGE 18 OF 23
[LOT 4] – [EMPLOYMENT & PENSIONS]
Details of contracts awarded by PUBLIC SECTOR or PRIVATE SECTOR bodies in the UK ba
Customer Name and Address | Customer Contact Name, Telephone Number and Email Address | Ter Con (inclu start | m of tract ding date) | Please provide a brief description of the services undertaken. | com of t as r | |||
1 | / | / | ||||||
2 | / | / | ||||||
3 | / | / | ||||||
4 | / | / |
NB. Buying Solutions may elect to contact any of the given companies for a reference. Your permission to do so i
objections.
PAGE 19 OF 23
[LOT 5] – [CORPORATE & FINANCE]
Details of contracts awarded by PUBLIC SECTOR or PRIVATE SECTOR bodies in the UK ba
Customer Name and Address | Customer Contact Name, Telephone Number and Email Address | Ter Con (inclu start | m of tract ding date) | Please provide a brief description of the services undertaken. | com of t as r | |||
1 | / | / | ||||||
2 | / | / | ||||||
3 | / | / | ||||||
4 | / | / |
NB. Buying Solutions may elect to contact any of the given companies for a reference. Your permission to do so i
objections.
PAGE 20 OF 23
[LOT 6] – [INTELLECTUAL PROPERTY]
Details of contracts awarded by PUBLIC SECTOR or PRIVATE SECTOR bodies in the UK ba
Customer Name and Address | Customer Contact Name, Telephone Number and Email Address | Ter Con (inclu start | m of tract ding date) | Please provide a brief description of the services undertaken. | com of t as r | |||
1 | / | / | ||||||
2 | / | / | ||||||
3 | / | / | ||||||
4 | / | / |
NB. Buying Solutions may elect to contact any of the given companies for a reference. Your permission to do so i
objections.
PAGE 21 OF 23
[LOT 7] – [FULL COMMERCIAL]
Details of contracts awarded by PUBLIC SECTOR or PRIVATE SECTOR bodies in the UK ba
Customer Name and Address | Customer Contact Name, Telephone Number and Email Address | Ter Con (inclu start | m of tract ding date) | Please provide a brief description of the services undertaken. | com of t as r | |||
1 | / | / | ||||||
2 | / | / | ||||||
3 | / | / | ||||||
4 | / | / |
NB. Buying Solutions may elect to contact any of the given companies for a reference. Your permission to do so i
objections.
PAGE 22 OF 23
[LOT 8] – [MAJOR PROJECTS]
Details of contracts awarded by PUBLIC SECTOR or PRIVATE SECTOR bodies in the UK ba
Customer Name and Address | Customer Contact Name, Telephone Number and Email Address | Ter Con (inclu start | m of tract ding date) | Please provide a brief description of the services undertaken. | com of t as r | |||
1 | / | / | ||||||
2 | / | / | ||||||
3 | / | / | ||||||
4 | / | / |
NB. Buying Solutions may elect to contact any of the given companies for a reference. Your permission to do so i
objections.
PAGE 23 OF 23
Legal Services Invitation Criteria
ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING | ||||
Available Marks | Weighting | Max Points | Pass / Fail Criteria | |
Financial Status and risk – PQQ Questions 2.1, 2.3-2.7 | 10 | 5 | 50 | |
Regulation 23 – PQQ Questions 3.1, 3.2 | None of factors apply | |||
CAPACITY | ||||
Available Marks | Weighting | Max Points | Pass / Fail Criteria | |
Regulation by Law Society England and Wales or equivalent - PQQ Question 3.3 | Regulated | |||
Overview of Organisation In relation to each Lot - PQQ Question 4.1 | 10 | 8 | 80 | |
% Turnover relative to bid Lot - PQQ Question 2.2 | 10 | 8 | 80 | |
CAPABILITY | ||||
Available Marks | Weighting | Max Points | Pass / Fail Criteria | |
Professional Expertise - PQQ Question 7.1 | 10 | 30 | 300 | |
Experience / References -PQQ Question 9.1 | 10 | 32 | 320 | |
Quality / Customer care policy - PQQ Question 5 | 10 | 10 | 100 | |
Service Delivery - PQQ Question 7.2, 9.2 | 10 | 5 | 50 | |
REGULATORY (Capability) |
Available Marks | Weighting | Max Points | Pass / Fail Criteria | |
PI Insurance - PQQ Question 8 | 10 | 5 | 50 | |
Health and Safety - PQQ Question 6 | 10 | 2 | 20 |
Total points available are 1050