TURINYS
UAB “ŽVYRO KARJERAI”
Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Senųjų Trakų k., LT-21007 Trakų r.; Įmonės kodas 111646297; PVM
mokėtojo kodas LT116462917; Tel.: +370 (528) 59400; El. paštas: xxxx@xxxxxx.xx
KONKURSO SĄLYGOS
Akmens medžiagų perdirbimo linijos ir betono atliekų bei uolienų perdirbimo linijos įsigijimas
TURINYS
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 4
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 4
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 5
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 5
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 6
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 7
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB “Žvyro karjerai” (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Karjero technologinės bazės modernizavimas siekiant padidinti veiklos produktyvumą ir sumažinti neigiamą įtaką aplinkai" (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0006), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti šį turtą:
1.1.1. Akmens medžiagų perdirbimo linija, 1 vnt. (toliau vadinamas – Prekė Nr. 1);
1.1.2. Betono atliekų bei uolienų perdirbimo linija, 1 vnt. (toliau vadinamas – Prekė Nr.2).
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau –
Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje
xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: generalinė direktorė Eglutė Xxxxxxxxxx ir gamybos direktorius Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, tel.
+370 (528) 59400, el. paštas xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, Plačioji g. 31, Senųjų Trakų k., LT-21007 Trakų r.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkamas turtas – Akmens medžiagų perdirbimo linija (1 vnt.) ir Betono atliekų bei uolienų
perdirbimo linija (1 vnt.), kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.
2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
2.3. Pirkimas yra skirstomas į dalis, kiekvienai pirkimo daliai (Prekė Nr. 1, Prekė Nr. 2) bus sudaroma atskira pirkimo sutartis, jei atskiroms dalims bus skirtingi pirkimo laimėtojai. Jei Prekei Nr. 1 ir Prekei Nr. 2 tiekėjas bus tas pats - bus sudaroma viena sutartis.
2.4. Prekė Nr. 1 ir Prekė Nr. 2 turi būti pristatytos ir sumontuotos per 8 mėnesius po sutarties pasirašymo, bet ne vėliau nei iki 2019-04-10. Prekių pristatymo termino keitimas galimas tik atskirai suderinus jį su Pirkėju ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“. Bent vienai iš nurodytų šalių nepritarus, keitimas netvirtinamas.
2.5. Prekių pristatymo vietos:
2.5.1. Prekės Nr. 1 – Alyvų g. 22, Pilialaukio k., Trakų r.;
2.5.2. Prekės Nr. 2 – Plačioji g. 31, Senųjų Trakų k., LT-21007 Trakų r.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
3.1.1.1. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiama Tiekėjo deklaracija (priedas Nr. 3) arba išrašas iš Juridinių asmenų registro arba atitinkamos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas (dokumento kopija), kuris byloja, kad tiekėjas atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
3.1.2.1. | Tiekėjas yra siūlomos gamybinės įrangos gamintojas arba gamintojos atstovas, turintis teisę vykdyti siūlomos gamybinės įrangos prekybą, įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo laisvos formos deklaracija (tik tuo atveju, kai Tiekėjas yra perkamos gamybinės įrangos gamintojas) arba įgaliojimų, susitarimų ar kitų lygiaverčių dokumentų, suteikiančių teisę atstovauti perkamos gamybinės įrangos gamintoją ir teisę parduoti siūlomą gamybinę įrangą, vykdyti jų įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą, arba dokumentų, pavirtinančių, kad Tiekėjas yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijos. |
3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.
4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke arba siunčiant el. paštu xxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Ant voko priklausomai nuo siūlomos prekės turi būti užrašyta: arba „UAB “Žvyro karjerai”, Senųjų Trakų k., LT-21007 Trakų r., Akmens medžiagų perdirbimo linijos įsigijimas“, arba „UAB “Žvyro karjerai”, Senųjų Trakų k., LT-21007 Trakų r., Betono atliekų bei uolienų perdirbimo linijos įsigijimas“, arba „UAB “Žvyro karjerai”, Senųjų Trakų k., LT-21007 Trakų r., Akmens medžiagų perdirbimo linijos ir Betono atliekų bei uolienų perdirbimo linijos įsigijimas“. Ant voko taip pat nurodomas Tiekėjo pavadinimas ir jo kontaktinė informacija bei užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.7 Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai/visoms dalims.
4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018-08-10 13:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu xxxxxxxxx@xxxxxx.xx ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Xxxxx x. 22, Pilialaukio k., Trakų r., darbo laiku darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku (jeigu pasiūlymai buvo gauti voke).
4.11 Pasiūlymuose nurodoma Prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta priede Nr. 2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į priede Nr. 2 nurodytą Prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.
4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2018-10-30. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: generalinė direktorė Eglutė Xxxxxxxxxx ir gamybos direktorius Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, tel. +370 (528) 59400, el. paštas xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, Plačioji g. 31, Senųjų Trakų k., LT-21007 Trakų r.
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2018-08-10 13:00 val. (Lietuvos Respublikoslaiku), dalyviams nedalyvaujant.
6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems
atstovams nedalyvaujant.
6.4 Komisija nagrinėja:
6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo
kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo ar el. paštu gautų pasiūlymų, posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Xxxxxxxx prašant, nepatikslino jų;
7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža xxxxx ir tiekėjas Xxxxxxx prašymu nepateikė raštiško kainos
sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per dvi darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
8. DERYBOS
8.1 Visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo
atmesti, nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1 Pirkimo sutartis, jeigu laimėtoju skelbiamas tas pats tiekėjas abiem pirkimo dalims, arba dvi atskiros pirkimo sutartys, jeigu abiem pirkimo dalims laimėtoju pripažįstami skirtingi tiekėjai, pasirašomos šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;
10.2 Sudarant pirkimo sutartį/is, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
10.3 Vykdant pirkimo sutartį/is, esminės pirkimo sutarties/čių sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.3.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose,
būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
10.3.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
10.3.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį/is įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
10.3.4. ekonominė sutarties/čių pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis/ys, naudai
taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties/čių sąlygose.
10.4 Pirkimo sutartis/ys ar preliminarioji sutartis/ys galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties/čių pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties/čių vertės prekių pirkimo atveju.
10.5 Už perkamas prekes pirkėjas sumoka ne daugiau nei 15 proc. avansą nuo sutarties/čių sumos per 15 kalendorinių dienų po sutarties/čių pasirašymo.
10.6 Tarpiniai mokėjimai bus nustatyti pirkimo-pardavimo sutartyje/yse.
10.7 Galutinis 10 proc. nuo sutarties/čių kainos atsikaitymas atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos paleidimo ir galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties/čių sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties/čių sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties/čių sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis/ys, bei jo pasiūlytą kainą.
11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.
12. PRIEDAI
Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma
Priedas Nr. 3 Tiekėjo deklaracija
Priedas Nr. 4 Teritorijos planas įrangos montavimui
Priedas Nr.1.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas :
1. Akmens medžiagų perdirbimo linija, 1 vnt. (Prekė Nr.1);
2. Betono atliekų bei uolienų perdirbimo linija, 1 vnt. (Prekė Nr.2).
Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, kilmės šalis, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę.
Visa siūloma/parduodama įranga turi būti nauja (nenaudota) ir atitikti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus: CE ir atitikties deklaraciją, gamybos kontrolės sertifikatus (gali būti kopijos).
AKMENS MEDŽIAGŲ PERDIRBIMO LINIJA, 1 VNT. (PREKĖ NR.1)
Akmens medžiagų perdirbimo linija tūri būti stacionari su plovimo įranga ir instaliuojama taip, kad nebūtų pažeista esama karjero infrastruktūra (elektros pastotės, esamos valdymo kabinos, medžiagų sandėlių sienelės, detalių ir žaliavos skaldymui sandėlio vietos, keliai, baseinai ir t. t., (teritorijos planas pateikiamas Priede Nr. 5)) ir pritaikyta prie esamo nuvandenintojo OKPP-35.07 (našumas 70 t/val. plaunant skaldą fr. 0/5). Turi būti pateikiami brėžiniai DWG (arba lygiaverčiame) formate ant orto foto nuotraukos. Sumontavus įrangą turi būti pateikiamos veikimo schemos su nurodytais našumais ir vartotojo vadovai ir brėžiniai.
Pagrindiniai akmens medžiagų perdirbimo linijos komponentai (trupintuvai, sietai) turi būti to paties
gamintojo.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai (rodikliai) |
1. | Našumas | Akmens medžiagų perdirbimo linija turi efektyviai veikti ne mažiau 65 t/val. našumu gaminant frakcijas 0-2 mm, 2-8 mm, 8-11 mm; ne mažesniu kaip 100 t/val. našumu gaminant frakcijas 0-5 mm, 5-8 mm, 8-11 mm, 11-16 mm ir ne mažesniu nei 125 t/val. našumu gaminant frakcijas 0-5 mm, 5-8 mm, 8-11 mm, 11-22 mm. Originali gamintojo technologinė schema akmens medžiagų perdirbimo linijai su bunkerių, dozatorių, akmenskaldžių bei vibrosijotuvų našumais turi būti pateikiama kartu su pasiūlymu. |
2. | Garantija | Pagrindiniams akmens medžiagų perdirbimo linijos komponentams (trupintuvams, vibrosijotuvams ir metalo konstrukcijoms) turi būti suteikiama nemokama 5 metų garantija, išskyrus gamybos procese dylančias dalis. 5 metų pagrindinės garantijos sąlygos: 1) 1 kartą metuose atestuotas pardavėjo darbuotojas turi apžiūrėti eksploatuojamą įrangą; 2) gamybos metu dylančios dalys turi būti keičiamos tik į originalias dalis. |
3. | Žiauninis trupintuvas | 1) Svoris (be rėmo ir variklio) - ne mažesnis nei 13000 kg; 2) maitinimo angos dydis - ne mažesnis kaip 890 X 660 mm; |
3) elektros variklis turi būti aukšto naudingumo koeficiento - taupantis elektros energiją, ne mažiau kaip 75 kW. | ||
4. | Kūginis trupintuvas | 1) Svoris (be rėmo ir variklio) – ne mažesnis nei 9.000 kg; 2) elektros variklis turi būti aukšto naudingumo koeficiento - taupantis elektros energiją, ne mažiau kaip 130 kW; 3) su automatine, nuotoline trupintuvo valdymo sistema. Kartu su pasiūlymu pateikiamas valdymo sistemos aiškus ir suprantamas kompiuterinis pristatymas ir aprašymas. |
5. | Vieno lygio vibrosijotuvas | 1) Su kardanine pavara ir apsaugomis; 2) elektros variklis turi būti aukšto naudingumo koeficiento – taupantis elektros energiją, ne mažiau kaip 400 W; 3) sieto nominalus dydis ne mažiau kaip 1,2 X 4 m, maitinimo vieta turi būti su guma. |
6. | Trijų lygių vibrosijotuvas | 1) Su plovimo įranga, kardanine pavara ir apsaugomis; 2) elektros variklis turi būti aukšto naudingumo koeficiento – taupantis elektros energiją, ne mažiau kaip 1X22 kW; 3) tepimas konsistenciniu tepalu; 4) vibracijos dažnio reguliavimas ekscentrikais su kontrasvoriais; 5) sietų nominalus dydis ne mažiau kaip 1,8 X 4,8m, trys poliuretaniniai, moduliniai sietai; 6) maitinimo vieta turi būti su ne mažiau kaip 30 mm moduliniais gumos elementais; 7) guminės apsaugos nuo dulkių tarp sietų; 8) vibrosijotuvo svoris be rėmo ne mažesnis nei 9500 kg. |
7. | Konvejeriai | 1) Konvejerių rėmai turi būti dažyti ir suteikiama nemokama 5 metų garantija; 2) konvejerių bei konvejerinių juostų plotis, posvyrio kampas ir kiti parametrai parenkami taip, kad atitiktų arba viršytų reikalaujamus našumus ir tilptų į galimos tam naudoti teritorijos plotą (Priedas Nr. 4), o juostos stipris būtų ne mažesnis nei EP 630 \ 4 6+2; 3) konvejerių skaičių konfigūraciją ir išdėstymą optimizuoti savo nuožiūra taip, kad atitiktų ES galiojančius darbų saugos ir aptarnavimo efektyvumo reikalavimus; 4) su aptarnavimo aikštelėmis ir laiptais; su avariniais išjungėjais, varantieji būgnai dengti keramika, būtina SEW arba atitinkanti ar turinti geresnius techninius parametrus reduktorinė pavara; 5) juostų valytuvai iš kietmetalio, vienos konvejerinės svarstyklės, kurių tikslumas iki 0,6 procento, guoliai dengti SKF arba analogiškų ar geresnių techninių savybių medžiaga, ritinėliai iš ne mažiau nei 3 mm vamzdžio, dažyti su dengtais guoliais, ant medžiagos padavimo vietų gumuoti. |
8. | Žaliavos skaldymui priėmimo bunkeris su „grizzly“ tipo vibromaitintuvu 16-200 mm frakcijos akmens medžiagų (kuriose gali būti ir iki 10 % molio priemaišų) skaldymui | 1) Talpa – 15,0-15,5 m3 2) aukštis ne daugiau nei 5 metrai, pritaikytas pakrovai su krautuvu VOLVO 180 (arba analogišku); 3) vidus iš kietmetalio Hardox 500 arba analogiškos ar geresnių techninių savybių medžiagos ne plonesnis kaip 8 mm storio. |
9. | Tarpinis žaliavos skaldymui dozavimo bunkeris su vibromaitintuvu | 1) Talpa – ne mažesnė nei 10 m3; 2) vidus iš kietmetalio Hardox 500 arba analogiškos ar geresnių techninių savybių medžiagos ne plonesnis kaip 8 mm storio. |
10. | Mobilus karjerinės žaliavos priėmimo bunkeris su juostiniu maitintuvu ir apsauginėmis grotelėmis | 1) Talpa – 15,0-15,5 m3 2) našumas – nuo 350 t/val. iki 400 t/val.; 3) žaliava 0-150 mm; 4) distancinis hidraulinis grotelių pakėlimas; |
5) grotelių tarpai – 150 mm (siekiant didesniais rieduliais nesudaužyti įrangos, grotelių tarpų tolerancija iki 5% galima tik į mažesnę pusę); 6) užpylimo plotis ne mažesnis kaip 5 m; 7) bunkerio aukštis – nuo 4,0 m iki 4,5 m; 8) bunkerio vidus pagamintas iš kietmetalio Hardox 500 arba analogiškos ar geresnių techninių savybių medžiagos ne plonesnis kaip 8 mm storio; 9) bunkerio maitintuvo juostos plotis 1200 mm (pagal standartą), reduktorinė pavara SEW arba atitinkanti ar turinti geresnius techninius parametrus, varantysis būgnas su keramikos danga ir juostinis valytuvas iš kietmetalio; juosta B1200 Z4EP-800-2-I-1200 4+2; 10) elektrinis žaliavos padavimo valdymas; 11) bunkeris turi būti pritaikytas lengvam perstatymui kasavietėje, neardant jo konstrukcijos. | ||
11. | Du ne mažiau 120 m ilgio stacionarūs konvejeriai su konvejerinėmis juostomis | 1) Našumas – nuo 350 t/val. iki 400 t/val.; 2) žaliava – 0-150 mm; 3) reduktorinė pavara SEW arba atitinkanti ar turinti geresnius techninius parametrus; 4) varantysis būgnas dengtas keramika; 5) aptarnavimo aikštelės; 6) juostinis valytuvas iš kietmetalio; 7) apsauginiai juostos ritinėliai, juostos centravimo mechanizmas; 8) juostos plotis – turi atitikti 800 mm pločio standartą; 9) juostos greitis –1,60 m/s (galima +/-1% paklaida); 10) avarinis juostos išjungėjas; 11) būgno praslydimo daviklis; 12) konvejeris turi būti lengvai instaliuojamas kasavietėje be papildomų betoninių pamatų; 13) juostos stipris ne mažesnis kaip EP800. |
BETONO ATLIEKŲ BEI UOLIENŲ PERDIRBIMO LINIJA, 1 VNT. (PREKĖ NR.2) TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai (rodikliai) |
1. | Metalo atrinkimo magnetas su metalo dalių atmetimo konvejeriu | 1) Turi tenkinti ES galiojančius reikalavimus 800 mm (pagal standartą) konvejerio juostos plotyje judančiam metalui pritraukti; 2) Garantija metaliniam rėmui – ne mažiau 5 metų; 3) Garantija magneto funkcionavimui – nemažiau 2 metų. |
2. | Trys kilnojami 20 m ilgio konvejeriai su konvejerinėmis juostomis | 1) Našumas – nuo 350 t/val. iki 400 t/val.; 2) žaliava – 0-150 mm; 3) reduktorinė pavara SEW arba atitinkanti ar turinti geresnius techninius parametrus; 4) varantysis būgnas dengtas keramika; 5) be aptarnavimo aikštelių; 6) juostinis valytuvas iš kietmetalio; 7) apsauginiai juostos ritinėliai; 8) juostos plotis – turi atitikti 800 mm pločio standartą; 9) juostos greitis turi būti 1,6 m/s (galima +/-1% paklaida); 10) avarinis juostos išjungėjas; 11) būgno praslydimo daviklis; |
12) konvejeris turi būti lengvai instaliuojamas kasavietėje be papildomų betoninių pamatų; 13) lengvai perkeliamas (pvz. krautuvais) neardant konstrukcijos; 14) juosta Z4EP-630-2-I-800 4+2. |
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Prekės Nr. 1 ir Prekės Nr. 2 visų įrengimų techniniai brėžiniai su aprašymais
ir svoriais.
Priedas Nr.2.
PASIŪLYMO FORMA
PASIŪLYMAS
DĖL
2018- -
(vieta)
Tiekėjo pavadinimas | |
Tiekėjo adresas | |
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | |
Telefono numeris | |
Fakso numeris | |
El. pašto adresas |
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 2018-08-02
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
Mes siūlome šias prekes (įskaitant jų pristatymo, montavimo, paleidimo, derinimo, darbuotojų mokymo, garantinės priežiūros darbus, draudimas iki prekių perdavimo Pirkėjui):
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
1. | |||||||
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
AKMENS MEDŽIAGŲ PERDIRBIMO LINIJA, 1 VNT. (PREKĖ NR.1) – šios prekės nesiūlant, lentelė su prekės
techniniais rodikliai panaikinama.
Eil. Nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) (PILDO PIRKĖJAS) | Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) | Siūloma prekė atitinka/neatitinka (PILDO TIEKĖJAS) | |
1. | Našumas | Akmens medžiagų perdirbimo linija turi efektyviai veikti ne mažiau 65 t/val. našumu gaminant frakcijas 0-2 mm, 2-8 mm, 8-11 mm; ne mažesniu kaip 100 t/val. našumu gaminant frakcijas 0-5 |
Eil. Nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) (PILDO PIRKĖJAS) | Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) | Siūloma prekė atitinka/neatitinka (PILDO TIEKĖJAS) | |
mm, 5-8 mm, 8-11 mm, 11-16 mm ir ne mažesniu nei 125 t/val. našumu gaminant frakcijas 0-5 mm, 5-8 mm, 8-11 mm, 11-22 mm. Originali gamintojo technologinė schema akmens medžiagų perdirbimo linijai su bunkerių, dozatorių, akmenskaldžių bei vibrosijotuvų našumais turi būti pateikiama kartu su pasiūlymu. | ||||
2. | Garantija | Pagrindiniams akmens medžiagų perdirbimo linijos komponentams (trupintuvams, vibrosijotuvams ir metalo konstrukcijoms) turi būti suteikiama nemokama 5 metų garantija, išskyrus gamybos procese dylančias dalis. 5 metų pagrindinės garantijos sąlygos: 1) 1 kartą metuose atestuotas pardavėjo darbuotojas turi apžiūrėti eksploatuojamą įrangą; 2) gamybos metu dylančios dalys turi būti keičiamos tik į originalias dalis. | ||
3. | Žiauninis trupintuvas | 1) Svoris (be rėmo ir variklio) - ne mažesnis nei 13000 kg; 2) maitinimo angos dydis - ne mažesnis kaip 890 X 660 mm; 3) elektros variklis turi būti aukšto naudingumo koeficiento - taupantis elektros energiją, ne mažiau kaip 75 kW. | ||
4. | Kūginis trupintuvas | 1) Svoris (be rėmo ir variklio) – ne mažesnis nei 9.000 kg; 2) elektros variklis turi būti aukšto naudingumo koeficiento - taupantis elektros energiją, ne mažiau kaip 130 kW; 3) su automatine, nuotoline trupintuvo valdymo sistema. Kartu su pasiūlymu pateikiamas valdymo sistemos aiškus ir suprantamas kompiuterinis pristatymas ir aprašymas. | ||
5. | Vieno lygio vibrosijotuvas | 1) Su kardanine pavara ir apsaugomis; 2) elektros variklis turi būti aukšto naudingumo koeficiento – |
Eil. Nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) (PILDO PIRKĖJAS) | Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) | Siūloma prekė atitinka/neatitinka (PILDO TIEKĖJAS) | |
taupantis elektros energiją, ne mažiau kaip 400 W; 3) sieto nominalus dydis ne mažiau kaip 1,2 X 4 m, maitinimo vieta turi būti su guma. | ||||
6. | Trijų lygių vibrosijotuvas | 1) Su plovimo įranga, kardanine pavara ir apsaugomis; 2) elektros variklis turi būti aukšto naudingumo koeficiento – taupantis elektros energiją, ne mažiau kaip 1X22 kW; 3) tepimas konsistenciniu tepalu; 4) vibracijos dažnio reguliavimas ekscentrikais su kontrasvoriais; 5) sietų nominalus dydis ne mažiau kaip 1,8 X 4,8m, trys poliuretaniniai, moduliniai sietai; 6) maitinimo vieta turi būti su ne mažiau kaip 30 mm moduliniais gumos elementais; 7) guminės apsaugos nuo dulkių tarp sietų; 8) vibrosijotuvo svoris be rėmo ne mažesnis nei 9500 kg. | ||
7. | Konvejeriai | 1) Konvejerių rėmai turi būti dažyti ir suteikiama nemokama 5 metų garantija; 2) konvejerių bei konvejerinių juostų plotis, posvyrio kampas ir kiti parametrai parenkami taip, kad atitiktų arba viršytų reikalaujamus našumus ir tilptų į galimos tam naudoti teritorijos plotą (Priedas Nr. 4), o juostos stipris būtų ne mažesnis nei EP 630 \ 4 6+2; 3) konvejerių skaičių konfigūraciją ir išdėstymą optimizuoti savo nuožiūra taip, kad atitiktų ES galiojančius darbų saugos ir aptarnavimo efektyvumo reikalavimus; 4) su aptarnavimo aikštelėmis ir laiptais; su avariniais išjungėjais, varantieji būgnai dengti keramika, būtina SEW arba atitinkanti ar |
Eil. Nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) (PILDO PIRKĖJAS) | Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) | Siūloma prekė atitinka/neatitinka (PILDO TIEKĖJAS) | |
turinti geresnius techninius parametrus reduktorinė pavara; 5) juostų valytuvai iš kietmetalio, vienos konvejerinės svarstyklės, kurių tikslumas iki 0,6 procento, guoliai dengti SKF arba analogiškų ar geresnių techninių savybių medžiaga, ritinėliai iš ne mažiau nei 3 mm vamzdžio, dažyti su dengtais guoliais, ant medžiagos padavimo vietų gumuoti. | ||||
8. | Žaliavos skaldymui priėmimo bunkeris su „grizzly“ tipo vibromaitintuvu 16-200 mm frakcijos akmens medžiagų (kuriose gali būti ir iki 10 % molio priemaišų) skaldymui | 1) Talpa – 15,0-15,5 m3 2) aukštis ne daugiau nei 5 metrai, pritaikytas pakrovai su krautuvu VOLVO 180 (arba analogišku); 3) vidus iš kietmetalio Hardox 500 arba analogiškos ar geresnių techninių savybių medžiagos ne plonesnis kaip 8 mm storio. | ||
9. | Tarpinis žaliavos skaldymui dozavimo bunkeris su vibromaitintuvu | 1) Talpa – ne mažesnė nei 10 m3; 2) vidus iš kietmetalio Hardox 500 arba analogiškos ar geresnių techninių savybių medžiagos ne plonesnis kaip 8 mm storio. | ||
10. | Mobilus karjerinės žaliavos priėmimo bunkeris su juostiniu maitintuvu ir apsauginėmis grotelėmis | 1) Talpa – 15,0-15,5 m3 2) našumas – nuo 350 t/val. iki 400 t/val.; 3) žaliava 0-150 mm; 4) distancinis hidraulinis grotelių pakėlimas; 5) grotelių tarpai – 150 mm (siekiant didesniais rieduliais nesudaužyti įrangos, grotelių tarpų tolerancija iki 5% galima tik į mažesnę pusę); 6) užpylimo plotis ne mažesnis kaip 5 m; 7) bunkerio aukštis – nuo 4,0 m iki 4,5 m; 8) bunkerio vidus pagamintas iš kietmetalio Hardox 500 arba analogiškos ar geresnių techninių savybių medžiagos ne plonesnis kaip 8 mm storio; |
Eil. Nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) (PILDO PIRKĖJAS) | Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) | Siūloma prekė atitinka/neatitinka (PILDO TIEKĖJAS) | |
9) bunkerio maitintuvo juostos plotis 1200 mm (pagal standartą), reduktorinė pavara SEW arba atitinkanti ar turinti geresnius techninius parametrus, varantysis būgnas su keramikos danga ir juostinis valytuvas iš kietmetalio; juosta B1200 Z4EP-800-2-I-1200 4+2; 10) elektrinis žaliavos padavimo valdymas; 11) bunkeris turi būti pritaikytas lengvam perstatymui kasavietėje, neardant jo konstrukcijos. | ||||
11. | Du ne mažiau 120 m ilgio stacionarūs konvejeriai su konvejerinėmis juostomis | 1) Našumas – nuo 350 t/val. iki 400 t/val.; 2) žaliava – 0-150 mm; 3) reduktorinė pavara SEW arba atitinkanti ar turinti geresnius techninius parametrus; 4) varantysis būgnas dengtas keramika; 5) aptarnavimo aikštelės; 6) juostinis valytuvas iš kietmetalio; 7) apsauginiai juostos ritinėliai, juostos centravimo mechanizmas; 8) juostos plotis – turi atitikti 800 mm pločio standartą; 9) juostos greitis –1,60 m/s (galima +/-1% paklaida); 10) avarinis juostos išjungėjas; 11) būgno praslydimo daviklis; 12) konvejeris turi būti lengvai instaliuojamas kasavietėje be papildomų betoninių pamatų; 13) juostos stipris ne mažesnis kaip EP800. |
BETONO ATLIEKŲ BEI UOLIENŲ PERDIRBIMO LINIJA, 1 VNT. (PREKĖ NR.2) – šios prekės nesiūlant, lentelė su prekės techniniais rodikliai panaikinama.
Eil. Nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai (rodikliai) | Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) | Siūloma prekė atitinka/neatitinka (PILDO TIEKĖJAS) |
1. | Metalo atrinkimo magnetas su | 1) Turi tenkinti ES galiojančius reikalavimus |
Eil. Nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai (rodikliai) | Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių faktinės reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) | Siūloma prekė atitinka/neatitinka (PILDO TIEKĖJAS) |
metalo dalių atmetimo konvejeriu | 800 mm (pagal standartą) konvejerio juostos plotyje judančiam metalui pritraukti; 2) Garantija metaliniam rėmui – ne mažiau 5 metų; 3) Garantija magneto funkcionavimui – nemažiau 2 metų. | |||
2. | Trys kilnojami 20 m ilgio konvejeriai su konvejerinėmis juostomis | 1) Našumas – nuo 350 t/val. iki 400 t/val.; 2) žaliava – 0- 150 mm; 3) reduktorinė pavara SEW arba atitinkanti ar turinti geresnius techninius parametrus; 4) varantysis būgnas dengtas keramika; 5) be aptarnavimo aikštelių; 6) juostinis valytuvas iš kietmetalio; 7) apsauginiai juostos ritinėliai; 8) juostos plotis – turi atitikti 800 mm pločio standartą; 9) juostos greitis turi būti i 1,6 m/s (galima +/-1% paklaida); 10) avarinis juostos išjungėjas; 11) būgno praslydimo daviklis; 12) konvejeris turi būti lengvai instaliuojamas kasavietėje be papildomų betoninių pamatų; 13) lengvai perkeliamas (pvz. krautuvais) neardant konstrukcijos; 14) juosta Z4EP-630-2-I-800 4+2. |
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
Pasiūlymas galioja iki 20 d.
Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.
Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos | parašas | Xxxxxx Xxxxxxx |
Priedas Nr. 3
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
(Adresatas (pirkimą vykdanti organizacija))
TIEKĖJO DEKLARACIJA
Nr.
(Data)
(Sudarymo vieta)
1. Aš, , |
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas a)) , |
(Tiekėjo pavadinimas) |
dalyvaujantis (-i) |
(Pirkimą vykdančios organizacijos pavadinimas) |
atliekamame |
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo būdas) |
, |
skelbtame |
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, |
, |
data ir numeris ir (arba) nuoroda, kur paskelbtas kvietimas) |
nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos. Taip pat nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigos) (parašas) (vardas, xxxxxxx)
Priedas Nr. 4
TERITORIJOS PLANAS ĮRANGOS MONTAVIMUI
UAB “ŽVYRO KARJERAI”
TENDER REGULATIONS
Purchase of stone material processing line and concrete waste and rock processing line
TABLE OF CONTENT
1. GENERAL PROVISIONS 2
2. OBJECT OF PROCUREMENT 2
3. QUALIFICATIONS REQUIREMENTS FOR SUPPLIERS 2
4. PREPARATION, SUBMISSION AND MODIFICATION OF TENDERS 4
5. CLARIFICATIONS AND UPDATES OF THE TENDER REGULATIONS 4
6. EXAMINATION AND EVALUATION OF TENDERS 5
7. REASONS FOR REJECTION 5
8. NEGOTIATIONS 6
9. DECISION ON AWARD OF CONTRACT 6
10. TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT 7
11. FINAL PROVISIONS 7
12. ANNEXES 7
1. GENERAL PROVISIONS
1.1. UAB “Žvyro karjerai” (hereinafter – Buyer) implementing the project "Modernization of the gravel pit technological base by increasing the productivity of the enterprise and reducing the negative impact for the environment” (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0006), co-financed from the structural aid of the European Union and funds of the Republic of Lithuania, intends to procure this property:
1.1.1. Stone material processing line, 1 set (hereinafter – Item No. 1);
1.1.2. Concrete waste and rock processing line, 1 set (hereinafter – Item No. 2);
1.2. The main terms used are defined in the Rules for financing and administering of projects approved by Order No 1K-316 of 8 October 2014 of the Minister for Finance of the Republic of
Lithuania (hereinafter – Rules).
1.3. The procurement is carried out in line with the Rules, Civil Code of the Republic of Lithuania (hereinafter – Civil Code), other legal acts and conditions of competition.
1.4. The procurement notice was published on the website of the European Union structural aid at xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
1.5. The procurement is carried out by way of competition in line with the principles of equal treatment, non-discrimination, mutual recognition, proportionality and transparency.
1.6. Should the competition not take place as a result of no offers received from Suppliers that would meet the requirements established by the Buyer, the Buyer retains the right to implement a repeated procurement in accordance with the procedure established in paragraph 461 of the Rules.
1.7. A person authorised by the Buyer to directly liaise with Suppliers and to receive from them the notifications associated with the procurement procedures shall be: Xxxxxx Xxxxxxxxxx, General Manager and Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Head of production, +370 (528) 59400, xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, Plačioji str. 31, Senieji Trakai village Trakai district municipality LT-21007.
2. OBJECT OF PROCUREMENT
2.1. Purchased property – Stone material processing line (1 set) and Concrete waste and rock processing line (1 set), which characteristics are established in the presented technical requirements.
2.2. In case the description of object of the contract in the technical specification refers to a particular model or source, a particular process or brand, patent, types, specific origin or production it shall be assumed that objects equivalent in their properties are equally acceptable.
2.3. Purchase is divided into parts. For each part of the procurement (Item No. 1, Item No. 2) will be concluded separate procurement contract, if there are different purchasing winners for separate parts. If Item No.1 and Item No.2 will be the same winner - will be concluded one procurement contract.
2.4. Item No. 1 and Item No. 2 must be delivered and installed with in 8 month from date of contract, but not late than 2019-04-10. The delivery date of the Item can only be changed by a prior individual agreement with the Buyer and VŠĮ “Lietuvos verslo paramos agentūra”. If any of the parties do not agree, the change shall not be xxxxxxxx.Xxxxx of Items delivery – Senieji Trakai village Trakai district municipality LT- 21007.
2.5. Place of delivery and installation of the Items:
2.5.1. Item No. 1 - Alyvų str. 22, Pilialaukių village, Trakai district municipality;
2.5.2. Item No. 2 - Plačioji str. 31, Senųjų Trakų village, Trakai district municipality.
3. QUALIFICATIONS REQUIREMENTS FOR SUPPLIERS
3.1. Any Supplier who takes part in the procurement shall meet the following minimum qualification requirements:
3.1.1. General qualification requirements for the Suppliers
Item No. | Qualification requirements | Value of qualification requirements | Documents verifying the conformity to qualification requirements |
3.1.1.1. | The Supplier is not bankrupt or being wound up or has not entered into an arrangement with creditors or has suspended or limited business activities or is in any similar situation arising from a similar procedure under national laws and regulations. The Supplier is not bankrupt nor a subject in the proceedings for a restructuring, a declaration of bankruptcy for an order for compulsory winding up or administration by the court or of an arrangement with creditors or of any other similar proceedings under national laws and regulations of the country of his registration. | Tender offer from the Supplier that fails to conform to these requirements, shall be rejected. | Supplier’s Declaration (Annex No. 3) confirming that it meets the qualification requirements specified in this clause or a statement from the Register of Legal Entities or the document issued by a relevant competent authority (a copy). |
3.1.2. Requirements of economic and financial standing, technical and professional ability
Item No. | Qualification requirements | Value of qualification requirements | Documents verifying the conformity to qualification requirements |
3.1.2.1. | The Supplier is either the manufacturer of the equipment or manufacturer’s representative, who is entitled to sell, install, provide after-sales service and maintenance of the proposed production equipment. The Supplier may enter into a contract with an entity that has the above rights granted by the manufacturer or his representative. | Tender offer from the Supplier that fails to conform to these requirements, shall be rejected. | The Supplier’s free-form declaration (only if the Supplier is a manufacturer of the equipment to be procured) or copies of an authorization, agreements or other equivalent documents conferring the right to represent the manufacturer of the equipment to be procured, and the right to sell the proposed production equipment, to perform its installation, after- sales service and maintenance works, or documents proving that the Supplier has entered into a contract with an entity that has the afore-mentioned rights granted by the manufacturer or his representative or copies of other equivalent documents. |
3.2. If a joint tender is being submitted by a group of economic entities, the qualification requirements set out in paragraph 3.1.1.1. of this tendering procedure shall be submitted by each member of the group separately, and the requirements set out in paragraph 3.1.2.1. shall be met and the corresponding documents shall be submitted by at least one member of the group of economic operators, or all the members of the group together.
3.3. The tender submitted by the Supplier shall be rejected if the Supplier has submitted untrue information on the meeting of the set requirements, which can be proved by the Customer by any legitimate means.
3.4. Where a group of entities is taking part in the procurement procedure, an agreement on joint activities, or a duly certified copy thereof, shall be submitted. The joint-activity agreement shall specify obligations of each party in executing the Contract and the share of such obligations in the total value of the
Contract. The joint-activity agreement shall provide for the joint and several liability of all parties to the Contract for the discharge of obligations to the Customer. Furthermore, the joint-activity agreement shall specify the person representing the group of entities (as a contact person for communication on any issues arising during the evaluation of the tender and for submission of procurement-related information, authorised to sign and submit the tender and to conclude the Contract).
4. PREPARATION, SUBMISSION AND MODIFICATION OF TENDERS
4.1. By submitting this tender, the Supplier confirms his agreement with the terms and conditions of this procurement procedure and confirms that the information contained in the tender is true and includes everything needed for the proper execution of the Contract.
4.2. The tender shall be submitted in writing, signed by the Supplier or a person authorised by the Supplier.
4.3. The tender and any other correspondence shall be submitted in Lithuanian and (or) English.
4.4. The Supplier shall be obligated to submit the price offer according to the template presented in Annex 2 to the competition conditions. The Tender shall be submitted in a sealed envelope or email xxxxxxxxx@xxxxxx.xx. If the offer is in the envelope, the envelope shall bear an inscription depending on the product offered: or „UAB
„Žvyro karjerai“, Senieji Trakai village Trakai district municipality LT-21007, Purchase of stone material processing line“ or „UAB „Žvyro karjerai“, Senieji Trakai village Trakai district municipality LT-21007, Purchase of concrete waste and rock processing line“, or „UAB „Žvyro karjerai“, Senieji Trakai village Trakai district municipality LT- 21007, Purchase of stone material processing line and concrete waste and rock processing line“. The envelope shall bear an inscription the name and contact information of the Supplier. The envelope shall also bear an inscription “Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos” (Not to be opened by the end of the tender submission term). If the tender is submitted in an unsealed envelope, it shall be returned to the Supplier.
4.5. The tender offer shall include all documents submitted by the Supplier in writing:
4.5.1. a completed offer template drawn up in accordance with Annex 2 hereto;
4.5.2. documents corroborating the minimum qualification requirements laid down in the competition conditions;
4.5.3. joint activities agreement or a duly certified copy thereof, where the offer is being submitted by a group of undertakings (if those were applied)
4.5.4. other information and/or documents requested in the competition conditions.
4.6. The Supplier may submit only one tender, either individually or as a member of a group of entities. Should the Supplier submit more than one tender or a member of a group of entities takes part in the submission of more than one tender, all such tenders shall be rejected.
4.7. The Supplier may submit an offer for one Item/all Items.
4.8. No alternative tenders shall be allowed. Should the Supplier submit an alternative tender, his tender and such alternative tender/tenders shall be rejected.
4.9. The tender shall be submitted until 13:00 pm on 10-08-2018 (Lithuanian time) by sending it by email xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, by post, or by courier, or by personal visit to the address: Xxxxx xxx. 22, Pilialaukio village Trakai district municipality, working hours: I-V 08:00 – 16:00. At the Supplier’s request, the Customer shall immediately issue a written confirmation that the tender was received, indicating the time and date of receipt.
4.10. The Customer shall not be responsible for postal delays or other unforeseen cases due to which tenders were not received or received late. Any late tenders shall not be opened and shall be returned to the Supplier by registered letter (if the offers were received in the envelope).
4.11. Price of the goods shall be indicated in offers in Euros expressed and calculated as prescribed in Annex 2 hereof. When calculating the price, the entire quantity of the goods referred to in Annex 1 hereof shall be taken into account as well as price components, technical specification requirements etc. Item price must include taxes and other Supplier’s expenses, which are included in the price of the goods.
4.12. The term of validity of the tender shall be not less than 30-10-2018. If no term of validity has been specified in the tender, it shall be deemed that the term of validity is such as stated in the contract documents.
4.13. The Customer shall be entitled to request, during the term of validity of the tenders, extension of the term until the date specified by the Customer. The Supplier may reject such request.
4.15. The Supplier shall have the right to modify or withdraw his tender prior to the end of the term for the submission of tenders. Such modification or a notice of withdrawal shall be deemed to be valid if the Customer receives it in writing prior to the end of the term for the submission of tenders.
5. CLARIFICATIONS AND UPDATES OF THE TENDER REGULATIONS
5.1. The Customer shall respond to any written request of the Supplier for clarification of the Tender Regulations if the request is received not later than 3 working days prior to the end of the term for the submission of tenders. The Customer shall respond to any request received in due time not later than 2 working days from the date of receipt thereof and not later than 2 working days prior to the end of the term for the submission of tenders. While responding to the Supplier, the Customer shall send the response to all other Suppliers that have received the Tender Regulations, however, without specifying the source of the request.
5.2. The Customer shall have the right to provide clarifications and updates of the Tender Regulations on its own initiative and not later than 2 working days prior to the end of the term for the submission of tenders.
5.3. If, after the announcement of the call to tenders, the information necessary for the preparation of the tenders is changed, or if the Suppliers are sent explanations (clarifications) of the documentation (for example, the qualification requirements are amended and/or clarified), the Buyer publishes a modified invitation to tender in accordance with the procedure specified in Article 458 of the Rules.The Buyer shall not organise any meetings with Suppliers concerning the explanation of the procurement documents.
5.4. The Customer shall not arrange meetings with the Suppliers for clarifications of the purchase documents.
5.5. Any information, clarifications, notices and other correspondence between the Customer and the Supplier shall be submitted to the postal address, electronic email address. Person authorised to maintain direct contacts with Suppliers: Xxxxxx Xxxxxxxxxx, General manager and Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx +370 (528) 59400, xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, Xxxxxxxx g. 31, Senųjų Trakų village Trakai district municipality.
6. EXAMINATION AND EVALUATION OF TENDERS
6.1. The opening procedure of envelopes will be 10-08-2018 12:00 (Lithuanian time), without participation of the suppliers.
6.2. The Buyer shall ensure that the prices presented in the tenders will not get known before the deadline for submission of tenders specified in Article 6.1 of the Tender Conditions.
6.3. The examination, evaluation and comparison of the tenders shall be performed by the Procurement Commission without participation of the Suppliers or representatives thereof .
6.4. The Procurement Commission shall determine whether:
6.4.1. The Suppliers have provided in his tender the accurate and detailed information about his
qualifications and the Supplier’s qualification complies with minimum qualification requirements;
6.4.2. The Suppliers have provided, in their tenders, all the data, documents and information required under the Tender Regulations and the tender meets the requirements set out therein;
6.4.3. The prices are not too low.
6.5. The Commission shall make a decision on the conformity of minimum qualification data of each Supplier who has submitted his tender, to the minimum qualification requirements. If the Supplier submitted inaccurate or incomplete information about his qualification, the Commission shall ask the Supplier to supplement or explain said information within a reasonable period, which can not be shorter than 3 working days. Only the Suppliers whose
qualification meets the qualification requirements specified in the Procurement procedure documents shall be eligible to continue in the Procurement Procedure.
6.6. Should the Procurement Commission have any questions about the content of the tender, the Supplier shall respond to a written request received from the Commission within a time limit set by the Commission, which can not be shorter than 3 working days, without changing the substance of the tender.
6.7. Should the Procurement Commission find arithmetic errors in the calculation of the price, the Commission shall request the Supplier in writing to correct such errors, without changing the price announced at the meeting at which the tender opening procedure was held. While correcting the arithmetic errors, the Supplier shall not be entitled to delete price components or to add new components to the price.
6.8. In case if the price quote in the tender is unusually low, the Procurement Commission shall have the right to (and in case if the Commission intends to reject the tender – it must) request the Supplier in writing to provide a justification of such unusually low price, including a detailed justification of the price components.
6.9. Prices will be valued in euro.
6.10. Offers not rejected by the Buyer shall be evaluated according to the lowest price criterion.
7. REASONS FOR REJECTION
7.1. The Procurement Commission shall reject the tender if:
7.1.1. The Supplier has submitted more than one tender (all tenders of the Supplier shall be rejected);
7.1.2. The Supplier has failed to meet the minimum qualification requirements (if those were applied);
7.1.3. The Supplier has failed to provide in his tender the accurate and detailed information about his qualifications and failed to clarify it at the request of the Contracting Authority;
7.1.4. Tender offer (for negotiations – final offer) did not meet the requirements of tendering procedure (the procurement object indicated in the Supplier’s tender offer fails to meet the requirements of technical specification etc.), or a Participant, at the Buyer’s request, could not explain his tender offer without changing the substance of the offer.
7.1.5. The Supplier has failed to correct the arithmetic errors and/or to provide explanation of the tender within the time limit set by the Customer;
7.1.6. An unusually low price was quoted and the Supplier has failed, at the Commission’s request, to provide a written justification for the price components or another substantiation of the unusually low price;
7.1.7. The Supplier has provided untrue information, which can be proved by the Supplier by any lawful means;
7.1.8. All the Suppliers whose tenders were not rejected for other reasons have quoted too high prices that are unacceptable to the Customer.
7.2. The Supplier shall be notified of the rejection of his tender within two working day from the date of adoption of the decision.
8. NEGOTIATIONS
8.1. All Suppliers complying to the minimum requirements provided in this tendering procedure may be invited to negotiate.
8.2. Negotiations will be held with all Suppliers whose tenders have not been rejected. During the negotiations, the Suppliers will be provided the same information. Results of negotiations will be documented in the minutes, which shall be drafted separately for each supplier.
8.3. The negotiations may be carried out for all procured Item characteristics, including price, quality, commercial conditions, and social, environmental and innovative aspects. No negotiations will be made on the minimum requirements for the object of procurement, suppliers qualification, suppliers tenders, tender evaluation criteria and essential conditions of the procurement contract.
8.4. The Commission, having considered the qualification of suppliers, will notify in writing all suppliers whose tenders were not rejected, about the time of arrival to negotiations.
8.5. In the course of negotiation procedures, the Commission shall not disclose to third persons any information received from the suppliers without their consent. Negotiations shall be held with each supplier separately, and minutes shall be taken. The minutes of negotiations shall be signed by the Chair of the Commission and the authorised representative of the Supplier with whom the negotiations were held. If the Supplier or his authorised representative fails to participate in the negotiations, the Commission shall draw up the minutes indicating that the supplier failed to participate and have it signed by all members of the Commission.
8.6. Final offers of negotiations shall be the minutes of negotiations and initial offers to the extent they have not been amended in the course of negotiations. Final offers shall be evaluated in accordance with the procedure established herein.
8.7. Upon completion of negotiations and evaluating the final offers, the final sequence of offers shall be approved. If a supplier failed to arrive to negotiations, when compiling the final sequence of offers for the competition, the initial offer of the same supplier shall be evaluated.
9. DECISION ON THE WINNING OFFER
9.1. After examining, assessing and comparing the submitted offers, the Commission shall compile the sequence of offers. Offers shall be sorted in the ascending price order. Where several offers specify the same price, when compiling the sequence of order, priority shall be given to the Supplier whose offer was received earlier.
9.2. In cases where only one Supplier submitted an offer, no sequence of orders shall be compiled and the offer shall be recognised as the winner, unless it was rejected according to other provisions of the competition conditions.
9.3. The Supplier who has offered the lowest price shall be announced as the winner of the competition and invited to sign the contract indicating the deadline by which the contract has to be concluded.
9.4. Should the winning tenderer refuse in writing to conclude the Contract, or fails to present himself for the conclusion of the Contract within the set time limit, or refuses in writing to conclude the Contract on the terms set in the contract documents, it shall be deemed that such Supplier has renounced the Contract. In such a case the Customer shall offer the Contract to the Supplier whose tender is first in the ranking after the one submitted by the Supplier that has renounced the Contract.
10. TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT
10.1. The Contract, if winner will be the same for both parts of procurement person, or two seperate contracts, if the winner of both parts of procurement will be seperate person, shall be concluded tenderer on the conditions set out in these Tender Regulations and in accordance with the Procurement Procedures and the Civil Code.
10.2. In concluding the Contract or Contracts, the price and the main terms specified in the final tender of the winning tenderer as well as the main conditions of procurement initially set by the Customer may not be changed with the exception of the following conditions set out in point 8 cases (where applicable).
10.3. During the procurement contract or contracts, the essential terms of the purchase contract or contracts will not be changed, provided that:
10.3.1. they are modified by introduction of new conditions which, had they been established in the original procurement documents, would have enabled Suppliers other than those who have participated in the tender procedure to participate in the procurement procedure;
10.3.2. they are modified by introduction of new conditions which would, had they been established in the original procurement documents, have led to another Supplier than the actual winner being chosen as the winner of the tender procedure;
10.3.3. the Item is modified in such a way that new (additional) goods, services or works are included in the amended purchase contract or contracts;
10.3.4. the economic equilibrium of the contract or contracts changes to the benefit of the entity with the contract or contarcts has been concluded, as it was not the case in the terms of the original contract or contracts.
10.4. The procurement contract/s or the framework agreement/s can also be amended during the period of its validity if the amendment does not substantially alter the nature of the procurement contract/s and the total value of individual changes under this clause does not exceed 10% of the value of the original purchase contract in the case of purchase of goods.
10.5. Not more than 15 % of the value of the contract/s is/are paid advance payment within 15 calendar days from the date of signing the Contract/s;
10.6. Interim payments will be specified in the sales contract/s.
10.7. Final 10% from the contract/s price is paid within 30 calendar days from the date of the equipment launch and after the date of signing the final Delivery and Acceptance Certificate.
11. FINAL PROVISIONS
11.1. The Suppliers shall not be indemnified for the costs of preparation of tenders and taking part in the procurement procedure.
11.2. The Customer may, at any time prior to the conclusion of the Contract/s, cancel the procurement procedure in case of unforeseen circumstances. On adoption of the decision to cancel procurement procedure, the Customer shall notify this decision, within 3 working days from the date of adoption thereof, to all the Suppliers that have submitted tenders, and if the procurement procedure is cancelled prior to the term of submission of tenders – to all the Suppliers that have acquired the Tender Regulations and/or Contract/s Documents.
11.3. The Customer shall notify the conclusion of the Contract/s, within 3 working dates from the date thereof, to all the Suppliers that have submitted tenders, specifying the Supplier with whom the Contract/s was/were concluded and price.
11.4. The information provided in the tenders, other than specified in clause 11.3 of the Tender Conditions, shall not be disclosed to Suppliers and third parties, except for entities administering and auditing the use of the EU funds.
12. Annexes
Annex No. 1. Technical Specification; Annex No. 2. Tender Form;
Annex No. 3. Supplier’s letter;
Annex No. 4. Site plan for stone material processing line installation.
Annex 1
TECHNICAL SPECIFICATION
Object of the procurement:
1. Stone material processing line, 1 pc. (Item No. 1);
2. Concrete waste and rock processing line, 1 pc. (Item No. 2).
This Technical Specification shall form and integral part of the Terms and Conditions of Tender. Technical and/or functional properties of the Items shall be considered as the minimum required by the Purchaser, however, the Suppliers may offer alternative parameters, i.e. better than those specified in the Technical Specification. If a specific brand name, country of origin, standards, etc. are used in the Technical Specification, Suppliers shall have the right to offer an item of equivalent or better characteristics.
All equipment offered/sold shall be new (unused) and shall conform to the requirements of the legislation of the Republic of Lithuania and the European Union. Supporting documentation (CE declaration, declaration of conformity, production quality control certificates) shall be enclosed in the tender proposal (copies acceptable).
STONE MATERIAL PROCESSING LINE, 1 PC. (ITEM NO. 1)
The stone material processing line supplied must be stationary, include washing machinery and be installed so that the existing quarry facilities (electric substations, existing control cabins, material storage partitions, storage areas for crushing of parts and raw materials, roads, pools, etc.) are not damaged (the site plan is provided in Annex 4)). The line shall be adapted to the existing dewatering machine OKPP-35.07 (capacity: 70 tons per hour for washing crushed stone of fraction 0/5). Drawings must be submitted in DWG (or equivalent) format on an orthophoto. After installation, the operating diagrams with outputs and user manuals with drawings must be provided.
The main components of the stone material processing line (crushers, sieves) shall be of the same manufacturer.
TECHNICAL REQUIREMENTS
Item No. | Name (description) of functions and/or technical requirements (indicators) | Technical requirements (indicators) |
1. | Capacity | The stone material processing line shall run effectively with the capacity of at least 65 tonnes per hour to produce the fractions of 0-2 mm, 2-8 mm, 8-11 mm; with the capacity of at least 100 tonnes per hour to produce the fractions of 0-5 mm, 5-8 mm, 8- 11 mm, 11-16 mm and at least 125 tonnes per hour to produce the fractions of 0-5 mm, 5-8 mm, 8-11 mm, 11-22 mm. The original technological scheme of the manufacturer for the stone material processing line with the capacities of bunkers, dosing devices, stone-crushers and vibratory sieves must be included in the tender proposal. |
2. | Warranty | Free 5-year warranty for the main components of the stone material processing line (stone-crushers, vibratory sieves and metal constructions), with the exception of wear parts, shall be provided. Terms and conditions of the 5-year basic warranty: |
1) a certified employee of the seller must inspect the equipment operated once a year; 2) wear parts must be replaced with original parts only. | ||
3. | Jaw crusher | 1) weight (without frame and motor) – at least 13000 kg; 2) size of the feed opening – at least 890 X 660 mm; 3) electric motor must be high efficiency – energy saving, of at least 75 kW. |
4. | Cone crusher | 1) weight (without frame and motor) – at least 9.000 kg; 2) electric motor must be high efficiency – energy saving of at least 130 kW; 3) with automatic, remote control system of the crusher. A clear and understandable computer presentation and description of the control system shall be included in the tender proposal. |
5. | Single phase vibratory sieve | 1) with drive shaft and protections; 2) electric motor must be high efficiency – energy saving of at least 400 W; 3) nominal size of the sieve shall be at least 1.2 X 4 m; feeding zone shall be covered with rubber. |
6. | Three-phase vibratory sieve | 1) with washing equipment, drive shaft and protections; 2) electric motor must be high efficiency – energy saving of at least 1X22 kW; 3) lubricating using grease; 4) vibration frequency control using eccentrics and counterweights; 5) nominal size of the sieves shall be at least 1,8 X 4,8m, three polyurethane modular sieves; 6) feeding zone shall be at least 30 mm with modular rubber elements; 7) rubber protections against dust between sieves; 8) weight of the vibration sieve without frame shall be at least 9500 kg. |
7. | Conveyors | 1) frames of the conveyors must be painted and have a free 5-year warranty; 2) width, angle of inclination and other parameters of the conveyors and conveyor belts shall be selected to meet or exceed the capacities required and to fit at site (Annex 4), and the strength of the belt shall be at least EP 630 \ 4 6+2; 3) number, configuration and layout of the conveyors shall be optimized at the supplier's discretion to comply with the requirements of EU work safety and service efficiency; 4) with servicing platforms and stairs; with emergency switches, driving drums covered with ceramic layer; SEW reducer gear or a reducer gear that meets or has better technical parameters; 5) belt cleaners made of strong steel, one conveyor weights with tolerance up to 0,6 percent, bearings covered in SKF or a material of similar or better technical properties; rolls shall be of at least 3mm pipe, painted, with covered bearings, covered in rubber at the feeding areas. |
8. | Receiving hopper with grizzly type vibratory feeder for crushing stone materials of 16-200 mm (which may contain up to 10% clay impurities) | 1) volume – 15 – 15.5 m3; 2) height not more than 5 meters, adapted for loading using VOLVO 180 (or equivalent) loader; 3) the interior shall be made of strong steel Hardox 500 or a material of similar or better technical properties, with the thickness of at least 8 mm. |
9. | Intermediate dosing hopper with vibratory feeder for crushing of raw material | 1) volume – at least 10 m3; 2) the interior shall be made of strong steel Hardox 500 or a material of similar or better technical properties, with the thickness of at least 8 mm. |
10. | Mobile receiving hopper with belt feeder and protective grill for quarry raw material | 1) volume – 15 – 15.5 m3; 2) capacity – from 350 tonnes per hour to 400 tonnes per hour; 3) raw material 0-150 mm; 4) remote hydraulic lifting of grid; 5) spacing between the grids – 150 mm (to minimize risk, so that large boulders do not break equipment, the tolerance of spacing between the grids shall be allowed up to 5% to the lower side only); 6) filling width – at least 5 m; 7) height of the hopper – from 4.0 m to 4.5 m; 8) interior of the hopper shall be made of strong steel Hardox 500 or a material of similar or better technical properties, with the thickness of at least 8 mm; 9) hopper feeder belt width 1200 mm (according to the standard), reducer gear shall be SEW or a gear that meets or has better technical parameters, driving drums covered with ceramic layer and belt cleaner made of strong steel; belt - B1200 Z4EP-800-2-I- 1200 4+2; 11) electric control of raw material feed; 12) the hopper shall be adapted to be easily relocated at the mining site without disassembling. |
11. | Two stationary conveyors, at least 120 m long, with conveyor belts | 1) capacity – from 350 tonnes per hour to 400 tonnes per hour; 2) raw material – 0-150 mm; 3) reducer gear - SEW or a gear that meets or has better technical parameters; 4) driving drums covered with ceramic layer; 5) no servicing platforms; 6) belt cleaner made of strong steel; 7) protective belt rollers, belt centering mechanism; 8) belt width – shall meet 800 mm width standard; 9) belt speed – 1,6 m/s (allowed tolerance of +/- 1%); 10) belt emergency switch; 11) belt slip sensor; 12) the conveyor shall be easy to install on the mining site without any additional concrete foundations; 13) strength of the belt shall be at least EP800. |
CONCRETE WASTE AND ROCK PROCESSING LINE, 1 PC. (ITEM NO. 2) TECHNICAL REQUIREMENTS
Item No. | Name (description) of functions and/or technical requirements (indicators) | Technical requirements (indicators) |
1. | Magnet for separation of metals with conveyor for rejection of metal parts | 1) shall conform to the existing EU requirements to attract metal moving on 800 mm (according to the standard) width conveyor belt; 2) warranty for the metal frame – at least 5 years; 3) warranty for functioning of the magnet – at least 2 years. |
2. | Three portable conveyors, at least 20 m long, with conveyor belts | 1) capacity – from 350 tonnes per hour to 400 tonnes per hour; 2) raw material – 0-150 mm; 3) reducer gear - SEW or a gear that meets or has better technical parameters; |
4) driving drums covered with ceramic layer; 5) no servicing platforms; 6) belt cleaner made of strong steel; 7) protective belt rollers; 8) belt width – shall meet 800 mm width standard; 9) belt speed shall be 1,6 m/s (allowed tolerance of +/- 1%); 10) belt emergency switch; 11) belt slip sensor; 12) the conveyor shall be easy to install on the mining site without any additional concrete foundations; 13) to be easily relocated at the mining site (e.g. using loaders) without disassembling; 14) belt – Z4EP-630-2-I-800 4+2. |
Technical drawings of Item No. 1 and Item No. 2 with descriptions and weights shall be included in the tender proposal.
TECHNICAL SPECIFICATION
Annex No. 2
OFFER
FOR
2018- -
Place
Name of Supplier | |
Address of Supplier | |
Name of person responsible for the Tender | |
Telephone No | |
Fax No | |
Email address |
By submitting this Tender, we confirm that we agree with all the terms and conditions of procurement set out in the:
1) Notice of procurement announced on xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, on 02-08-2018.
2) Tender conditions (procurement documents).
3) Other information provided by the Buyer.
We offer the Items (including delivery, installation, start-up, adjustment, training of employees, warranty service, insurance until delivery of goods to the Buyer):
Item No | Description of Item | Quantity | Unit of measure | Unit price EUR (excl. VAT) | Unit price EUR (incl. VAT) | NET Price excl. VAT | Price incl. VAT |
TOTAL (total tender price) |
The offered Items fully complies with the requirements of the Tender and have the following characteristics: STONE MATERIAL PROCESSING LINE, 1 PC. (ITEM NO. 1) - if not relevant, the table with the technical characteristics of the item is canceled.
Item No. | Functions/technical information (description) (filled by the buyer) | Technical specifications of offer Item (filled by the supplier) | The offer Item meets / does not meet (filled by the supplier) | |
1. | Capacity | The stone material processing line shall run effectively with the |
Item No. | Functions/technical information (description) (filled by the buyer) | Technical specifications of offer Item (filled by the supplier) | The offer Item meets / does not meet (filled by the supplier) | |
capacity of at least 65 tonnes per hour to produce the fractions of 0-2 mm, 2- 8 mm, 8-11 mm; with the capacity of at least 100 tonnes per hour to produce the fractions of 0-5 mm, 5- 8 mm, 8-11 mm, 11-16 mm and at least 125 tonnes per hour to produce the fractions of 0-5 mm, 5-8 mm, 8-11 mm, 11-22 mm. The original technological scheme of the manufacturer for the stone material processing line with the capacities of bunkers, dosing devices, stone-crushers and vibratory sieves must be included in the tender proposal. | ||||
2. | Warranty | Free 5-year warranty for the main components of the stone material processing line (stone- crushers, vibratory sieves and metal constructions), with the exception of wear parts, shall be provided. Terms and conditions of the 5-year basic warranty: 1) a certified employee of the seller must inspect the equipment operated once a year; 2) wear parts must be replaced with original parts only. | ||
3. | Jaw crusher | 1) weight (without frame and motor) – at least 13000 kg; 2) size of the feed opening – at least 890 X 660 mm; 3) electric motor must be high efficiency – energy saving, of at least 75 kW. | ||
4. | Cone crusher | 1) weight (without frame and motor) – at least 9.000 kg; 2) electric motor must be high efficiency – energy saving of at least 130 kW; |
Item No. | Functions/technical information (description) (filled by the buyer) | Technical specifications of offer Item (filled by the supplier) | The offer Item meets / does not meet (filled by the supplier) | |
3) with automatic, remote control system of the crusher. A clear and understandable computer presentation and description of the control system shall be included in the tender proposal. | ||||
5. | Single phase vibratory sieve | 1) with drive shaft and protections; 2) electric motor must be high efficiency – energy saving of at least 400 W; 3) nominal size of the sieve shall be at least 1.2 X 4 m; feeding zone shall be covered with rubber. | ||
6. | Three-phase vibratory sieve | 1) with washing equipment, drive shaft and protections; 2) electric motor must be high efficiency – energy saving of at least 1X22 kW; 3) lubricating using grease; 4) vibration frequency control using eccentrics and counterweights; 5) nominal size of the sieves shall be at least 1,8 X 4,8m, three polyurethane modular sieves; 6) feeding zone shall be at least 30 mm with modular rubber elements; 7) rubber protections against dust between sieves; 8) weight of the vibration sieve without frame shall be at least 9500 kg. | ||
7. | Conveyors | 1) frames of the conveyors must be painted and have a free 5-year warranty; 2) width, angle of inclination and other parameters of the conveyors and conveyor belts shall be selected to meet or exceed the capacities required and to fit at site (Annex 4), and the |
Item No. | Functions/technical information (description) (filled by the buyer) | Technical specifications of offer Item (filled by the supplier) | The offer Item meets / does not meet (filled by the supplier) | |
strength of the belt shall be at least EP 630 \ 4 6+2; 3) number, configuration and layout of the conveyors shall be optimized at the supplier's discretion to comply with the requirements of EU work safety and service efficiency; 4) with servicing platforms and stairs; with emergency switches, driving drums covered with ceramic layer; SEW reducer gear or a reducer gear that meets or has better technical parameters; 5) belt cleaners made of strong steel, one conveyor weights with tolerance up to 0,6 percent, bearings covered in SKF or a material of similar or better technical properties; rolls shall be of at least 3mm pipe, painted, with covered bearings, covered in rubber at the feeding areas. | ||||
8. | Receiving hopper with grizzly type vibratory feeder for crushing stone materials of 16-200 mm (which may contain up to 10% clay impurities) | 1) volume – 15 – 15.5 m3; 2) height not more than 5 meters, adapted for loading using VOLVO 180 (or equivalent) loader; 3) the interior shall be made of strong steel Hardox 500 or a material of similar or better technical properties, with the thickness of at least 8 mm. | ||
9. | Intermediate dosing hopper with vibratory feeder for crushing of raw material | 1) volume – at least 10 m3; 2) the interior shall be made of strong steel Hardox 500 or a material of similar or better technical properties, with the thickness of at least 8 mm. | ||
10. | Mobile receiving hopper with belt feeder and protective grill for quarry raw material | 1) volume – 15 – 15.5 m3; 2) capacity – from 350 tonnes per hour to 400 tonnes per hour; 3) raw material 0-150 mm; |
Item No. | Functions/technical information (description) (filled by the buyer) | Technical specifications of offer Item (filled by the supplier) | The offer Item meets / does not meet (filled by the supplier) | |
4) remote hydraulic lifting of grid; 5) spacing between the grids – 150 mm (to minimize risk, so that large boulders do not break equipment, the tolerance of spacing between the grids shall be allowed up to 5% to the lower side only); 6) filling width – at least 5 m; 7) height of the hopper – from 4.0 m to 4.5 m; 8) interior of the hopper shall be made of strong steel Hardox 500 or a material of similar or better technical properties, with the thickness of at least 8 mm; 9) hopper feeder belt width 1200 mm (according to the standard), reducer gear shall be SEW or a gear that meets or has better technical parameters, driving drums covered with ceramic layer and belt cleaner made of strong steel; belt - B1200 Z4EP- 800-2-I-1200 4+2; 11) electric control of raw material feed; 12) the hopper shall be adapted to be easily relocated at the mining site without disassembling. | ||||
11. | Two stationary conveyors, at least 120 m long, with conveyor belts | 1) capacity – from 350 tonnes per hour to 400 tonnes per hour; 2) raw material – 0-150 mm; 3) reducer gear - SEW or a gear that meets or has better technical parameters; 4) driving drums covered with ceramic layer; 5) no servicing platforms; 6) belt cleaner made of strong steel; 7) protective belt rollers, belt centering mechanism; |
Item No. | Functions/technical information (description) (filled by the buyer) | Technical specifications of offer Item (filled by the supplier) | The offer Item meets / does not meet (filled by the supplier) | |
8) belt width – shall meet 800 mm width standard; 9) belt speed – 1,6 m/s (allowed tolerance of +/- 1%); 10) belt emergency switch; 11) belt slip sensor; 12) the conveyor shall be easy to install on the mining site without any additional concrete foundations; 13) strength of the belt shall be at least EP800. |
CONCRETE WASTE AND ROCK PROCESSING LINE, 1 PC. (ITEM NO. 2)- if not relevant, the table with the technical characteristics of the item is canceled.
Item No. | Functions/technical information (description) (filled by the buyer) | Technical specifications of offer Item (filled by the supplier) | The offer Item meets / does not meet (filled by the supplier) | |
1. | Magnet for | 1) shall conform to the | ||
separation of | existing EU requirements | |||
metals with | to attract metal moving on | |||
conveyor for | 800 mm (according to the | |||
rejection of metal | standard) width conveyor | |||
parts | belt; | |||
2) warranty for the metal | ||||
frame – at least 5 years; | ||||
3) warranty for | ||||
functioning of the magnet | ||||
– at least 2 | ||||
years. | ||||
2. | Three portable | 1) capacity – from 350 | ||
conveyors, at least | tonnes per hour to 400 | |||
20 m long, with | tonnes per hour; | |||
conveyor belts | 2) raw material – 0-150 | |||
mm; | ||||
3) reducer gear - SEW or a | ||||
gear that meets or has | ||||
better technical | ||||
parameters; | ||||
4) driving drums covered | ||||
with ceramic layer; | ||||
5) no servicing platforms; | ||||
6) belt cleaner made of | ||||
strong steel; | ||||
7) protective belt rollers; | ||||
8) belt width – shall meet | ||||
800 mm width standard; | ||||
9) belt speed shall be 1,6 | ||||
m/s (allowed tolerance of | ||||
+/- 1%); |
Item No. | Functions/technical information (description) (filled by the buyer) | Technical specifications of offer Item (filled by the supplier) | The offer Item meets / does not meet (filled by the supplier) | |
10) belt emergency switch; 11) belt slip sensor; 12) the conveyor shall be easy to install on the mining site without any additional concrete foundations; 13) to be easily relocated at the mining site (e.g. using loaders) without disassembling; 14) belt – Z4EP-630-2-I- 800 4+2. |
The following documents are appended to the Tender:
Item No | Titles of documents presented | Number of pages in document |
The Tender is valid until ……………….
I, the undersigned, hereby confirm that all the information contained in the Tender is true and that we have not concealed any information that the tenderers were requested to submit.
I hereby confirm that I have not participated in the drawing up of the Contract Documents and I am not related to any other company or another interested party taking part in this tendering procedure.
I am aware that, should the above circumstances come to light, I will be removed from this tendering procedure and this Tender will be rejected.
CEO of the Supplier or person authorised by Supplier | signature | Name |
Annex No. 3
(Supplier’s name)
(Legal form, address, and contact information of a legal entity, name of a register where data about the supplier is collected and stored, legal entity code, and value added tax number in case legal entity is the payer of value added tax)
(Addressee (Contracting authority))
SUPPLIER’S DECLARATION
No.
(Date)
(Place of issue)
1. I, , |
(Position, name and surname of supplier‘s manager or person authorized) |
hereby confirm that managed (represented) by me, |
(Supplier’s name) |
participating in the procurement |
(Procurement object title, type) |
organized by |
(Name of contracting authority) |
, |
published in |
(Title, date and issue of the publication where the announcement |
, |
on the procurement had been published and/or link) |
is not bankrupt, liquidated, no reconciliation agreement has been concluded with its creditors, the Supplier has not suspended or restricted its activities. No restructuring or bankruptcy case is commenced with regard to the Supplier, the Supplier is not the subject of extrajudicial proceedings for a declaration of bankruptcy, currently being under forced liquidation or reaching agreements with its creditors.
2. I am aware of the fact that in case the declaration I have submitted is false, the tender submitted will be rejected.
3. Supplier shall be liable for the correctness of the information provided in the declaration under procedure provided for in laws.
4. If a group of entities participates in the procurement procedure, the declaration shall be completed by each entity.
(Position of a person completing declaration) (signature) (name, surname)