APSTIPRINĀTS:
ar
2017.gada 28.decembrī
iepirkuma
komisijas sēdes
protokolu
Nr.1
APPROVED:
December
28, 2017
Procurement
Commission
Meeting
No.1
RĪGAS
TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES
IEPIRKUMA
ID
Nr. RTU-2017/121
RIGA
TECHNICAL UNIVERSITY
PROCUREMENT
ID
No. RTU-2017/121
“DARBA
APĢĒRBU/UNIFORMU KOMFORTA TESTĒŠANAS PAKALPOJUMI”
|
“WORKING
CLOTHES/UNIFORM COMFORT TESTING SERVICES”
|
NOLIKUMS
VISPĀRĪGĀ
INFORMĀCIJA
Iepirkuma
identifikācijas numurs:
RTU-2017/121.
Pasūtītājs:
Rīgas
Tehniskā universitāte (turpmāk arī – RTU), adrese:
Xxxxx xxxx 0, Xxxx, XX – 1658, izglītības iestādes reģ.
Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977, mājaslapa:
xxx.xxx.xx.
Iepirkums
–
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.
panta
kārtību.
Pretendents
ir Piegādātājs (Iepirkuma līgumā – “Izpildītājs”),
kurš iesniedzis piedāvājumu.
Piegādātājs
(Pakalpojuma
sniedzējs) ir
fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū
sniegt pakalpojumu.
Komisija
– Rīgas
Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota
organizēt iepirkumu.
Iepirkuma
priekšmets:
RTU
MLĶF DTI projekta “Vieds un drošs darba apģērbs-SWW”
(RTU PVS 1970) darba apģērbu/uniformu komforta testēšanas
(apģērbu fizioloģiskie testi) pakalpojumi, izmantojot
termomanekenu un cilvēka ādas termoregulācijas modeli
(Iepirkuma līgumā –
pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums
Nr.2).
CPV
kods:
71630000-3
(Tehniskās pārbaudes un testēšanas pakalpojumi).
Līguma
darbības termiņš:
ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Pasūtītāja nosūtītā
testēšanas materiāla saņemšanas dienas.
Norēķinu
kārtība Iepirkuma līgumā:
30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas
– nodošanas akta
par
Darba pilnīgu un kvalitatīvu veikšanu
abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina
saņemšanas. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad
Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.
Piedāvājuma
izvēles kritērijs:
Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības
saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka,
ņemot vērā tikai cenu.
Pretendents
nav
tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
Iepirkuma
dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:
Ieinteresētie
pretendenti ar iepirkuma nolikumu var iepazīties un
lejupielādēt Rīgas Tehniskās universitātes mājaslapā:
xxx.xxx.xx
sadaļā „Publiskie iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās
universitātes Iepirkumu nodaļā, Xxxxx xxxx 0 –
000.xxx., Xxxx, darba dienās, līdz 2018.gada
17.janvārim,
plkst.1000.
Pasūtītāja
kontaktpersona, kura
ir tiesīga iepirkuma gaitā sniegt organizatoriska rakstura
informāciju par nolikumu:
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx, tālrunis: 67089019,
fakss: 67089710, e-pasts: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx.
Piedāvājuma
iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc
neatkarīgi no
iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par
pretendenta izdevumiem,
kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
Papildus
informācijas pieprasīšana un sniegšana:
Ieinteresētie
pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz
rakstiskā veidā pa e-pastu (xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx)
vai pa faksu (67089710), vai pa pastu (Xxxxx xxxx 0 – 000.,
Xxxx, XX-0000).
Pasūtītājs
nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma
dokumentiem Pasūtītāja mājaslapā: xxx.xxx.xx
sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
Pasūtītājs,
papildus informāciju, kā arī citu informāciju, kas ir
saistīta ar šo iepirkumu, publicē Rīgas Tehniskās
universitātes mājaslapā: xxx.xxx.xx
sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
Ieinteresētais
pretendents pats ir atbildīgs par sekošanu aktuālajai
informācijai, kas tiks publicēta RTU mājaslapā: xxx.xxx.xx
sakarā ar iepirkumu.
Iespējamā
inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi
nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, pretendentam ir
jāprognozē tirgus situācija sagatavojot finanšu piedāvājumu.
Iepirkuma
komisijas, pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti
atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
Pretrunu
gadījumā starp nolikuma latviešu un angļu valodas
redakcijām, galvenā ir nolikuma latviešu valodas redakcija.
|
REGULATION
1.
GENERAL INFORMATION
Procurement
Identification number:
RTU-2017/121.
Contracting
authority: Riga
Technical University (hereinafter – RTU), address: Xxxxx
xxxxxx 0, Xxxx, Xxxxxx, XX – 0000, education institution Reg.
No. 3341000709, VAT Reg. No. LV90000068977, homepage:
xxx.xxx.xx.
Procurement
–
procurement
organized according to the Article 9 of the Public Procurement
Law.
Tenderer
is an economic operator that has submitted a tender (In
Procurement Contract - Contractor).
Economic
operator
is any natural or legal person or public entity or group of such
persons and/or entities, including any temporary association of
undertakings, which offers the provision of services on the
market.
Commission
– Procurement
Commission of Riga Technical University, which is authorized to
organize a procurement.
Information
about subject of the procurement:
comfort
testing of work wear/uniforms for RTU FMSAC IDT project “Smart
and Safe Working Wear” (RTU PVS 1970) using the thermal manikin
and thermoregulatory model of human skin
(In Procurement Contract – Service) in accordance with the
Technical Specification (Annex 2).
CPV
code:
71630000-3
(Technical inspection and testing services).
Procurement
contract term: not
later than within two months from the date of receipt of the
test material.
Payment
procedures in the Procurement Contract:
30 days
after the delivery - acceptance act on the work complete and
high-quality performance of mutual signing and adequate
performer receiving
respective invoice.
A
payment is regarded to have been made at the moment when the
Customer has made the payment from his current account.
Award
criteria: The
contracting authority shall award the contract to the most
economically advantageous tender, which shall be determined
taking into account only the price.
The
applicant is not entitled to submit variants.
Place
for receiving the Procurement documents:
Economic
operators interested in the Procurement can acquaint themselves
with the Regulation of Procurement before 10.00 AM on January
17, 2018
and download the Regulation from the RTU website (xxx.xxx.xx)
section „Public procurements” or receive the Regulation at
the Procurement Unit of the RTU in Riga, 0 Xxxxx Xxxxxx, Room
No. 322 on workdays.
Contact
person of the contracting authority who is entitled to provide
information of administrative nature about the Regulation:
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, phone number: 00000000, fax: 00000000,
e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx.
Submission
of the applicant is a voluntary one, so regardless of the
results of the procurement, the Purchaser is not responsible for
the applicant's costs relating to the bid preparation and
submission.
Requesting
and receiving additional information:
Economic
operators
interested in the Procurement should submit their requests for
explanation in writing sending them to an e-mail address
(xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx)
or to fax 00000000, or via post to the address Riga, 0
Xxxxx Xxxxxx, XX 0000.
Customer
shall ensure free and direct electronic access to the
procurement documents the Customer's website: xxx.xxx.xx
in the section "Public procurement".
The
Contracting
authority
publishes additional information, answers to the questions as
well as other information related to the Procurement on its
website (xxx.xxx.xx)
in the section „Public procurements”.
Economic
operator should follow the information about the Procurement,
which will be published on the website of the Contracting
Authority (xxx.xxx.xx).
Possible
inflation, the market changes in circumstances or any other
circumstances shall not establish a price increase, the
applicant has to anticipate the market situation when preparing
the financial offer.
Rights
and obligations of the Procurement Commission, Economic
operators and Tenderers are defined according to the Public
Procurement Law.
In
case of conflict between the versions of the Regulation in
Latvian and English, the main version is the Latvian language
version.
|
PIEDĀVĀJUMA
IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN KĀRTĪBA
Piedāvājums
ir jāiesniedz personīgi vai ar pasta sūtījumu līdz
2018.gada
17.janvārim, plkst.
10:00
Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Xxxxx xxxx
0 - 000, Xxxx, XX-1658.
Piedāvājumu
var personīgi iesniegt Iepirkumu nodaļā darba dienās no
plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00. Saņemot piedāvājumu,
Pasūtītāja pārstāvis uz aploksnes norāda piedāvājuma
iesniegšanas datumu un laiku.
Ja
piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, sūtījumam jābūt
nogādātam nolikuma 2.1.punktā noteiktajā vietā līdz
nolikuma 2.1.punktā norādītā termiņa beigām. Pretendents
pats atbild par nesavlaicīgas piegādes risku.
Ja
piedāvājums tiek iesniegts pēc nolikuma 2.1. punktā norādītā
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai, ja piedāvājums
nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija
nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim,
Pasūtītāja pārstāvis šādu piedāvājumu nereģistrē, bet
neatvērtu nodod atpakaļ pretendentam.
Iepirkumā
iesniegto piedāvājumu pretendents ir tiesīgs grozīt tikai
līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
Iepirkumā
iesniegtā piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas
izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību
iepirkumā.
Piedāvājuma
noformējuma pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības
pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Komisija veic
slēgtā sēdē. Piedāvājumu publiskā atvēršanas sēde nav
paredzēta.
|
TENDER
SUBMISSION AND OPENING PLACE, DATE AND DATE ORDER
Tender
has to be submitted personally or via post by January
17, 2018, at 10:00 to
the Procurement Unit of Riga Technical University at Xxxxx
xxxxxx 0 - 000, Xxxx, Xxxxxx, XX-0000.
The
Tender can be personally submitted at the Procurement Unit on
business days from 8.30 till 17.00. A representative of the
Contracting authority states the date and time of the submitted
tender on the envelope.
If
a tender has been sent via post, it must be delivered to the
place and until the deadline, stated in Clause 2.1. of this
Regulation. Tenderer is responsible for risks caused by a
belated delivery.
If
a tender is submitted after the indicated deadline stated in the
Regulation Clause 2.1. or if the tender has not been presented
in a way so that information included in the tender is
accessible only after the moment it has to be opened, the
representative of the Contracting authority shall not register
such tender and returns it back to the Tenderer without opening
it.
The
Tenderer is eligible to make changes to the submitted tender
only within the deadline for submitting tenders.
The
recall of already submitted tender is unconditional and
therefore a tender recalled by the Tenderer is excluded from
further participation in the Procurement procedure.
The
Commission carries out verification of the tender presentation,
verification of the technical tender compliance and evaluation
of the financial tender in a closed meeting. It is not intended
to open the tenders in a public meeting.
|
PIEDĀVĀJUMA
NOFORMĒŠANA
Visiem
dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā. Citās valodās
iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno pretendenta vai tulka
apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pasūtītājam ir
tiesības neskaidrību gadījumā pieprasīt paskaidrojošo
informāciju vai nepieciešamās informācijas tulkojumu
latviešu valodā.
Piedāvājums
sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto
šādā secībā:
3.2.1.
Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienota Pieteikuma vēstule
iepirkumam (nolikuma pielikuma Nr.1 – Pieteikuma vēstules
forma);
3.2.2.
Finanšu piedāvājums (nolikuma pielikums Nr.3 - Finanšu
piedāvājuma forma.
Piedāvājums
jāiesniedz datorrakstā ar sanumurētām lapām, caurauklots
(nodrošinot to, ka nav iespējams atdalīt piedāvājuma
lapas), ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam
un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja zīmogs ir) un
pretendenta vai attiecīgi pilnvarota pretendenta pārstāvja
parakstītam. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti
labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.
Pretendentam
jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija
papīra formātā, katrs savā iesējumā. Uz oriģināla
iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz
kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā
noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“.
Finanšu piedāvājums papildus jāsagatavo 1 (vienā)
eksemplārā elektroniskā veidā uz CD, DVD nesēja vai
zibatmiņā.
Piedāvājuma
oriģināls un tajā iekļautie dokumenti, kuros paredzēts
pretendenta paraksts, jāparaksta pretendentam vai atbilstoši
pilnvarotam pretendenta pārstāvim. Ja pretendents ir personu
apvienība, minētie dokumenti jāparaksta katras personas, kas
iekļauta personu apvienībā, attiecīgi pilnvarotam pārstāvim
vai arī personai, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā.
Piedāvājuma
oriģināls, kopija un datu nesējs jāiesaiņo kopā. Līmējuma
vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta vai atbilstoši
pilnvarota pretendenta pārstāvja parakstu. Kopējais
iesaiņojums jānoformē šādi:
|
PRESENTATION
OF TENDER
All
documents should be in Latvian or in English. The documents
submitted in other languages should be accompanied by certified
translation into Latvian which is certified by Tenderer himself
or by translator. The Contracting authority has the rights to
request clarifying information or translation of the necessary
information if any kind of uncertainties arise.
Tender
consists of one volume. Tender documentation has to be arranged
in this order:
3.2.1.
Qualification
documents accompanied by the Application Letter Regarding
Procurement (Form of the Application Letter is available in Annex
1 of the Regulation);
3.2.2.
Financial Tender (Form of the Financial Tender of the Tenderer) is
available in Annex 3 of the Regulation).
A
Tender has to be submitted in computer-printed format with the
numbered pages, pages should be sewn through (ensuring that it
is not possible to remove separate pages), with a sticker
indicating number of pages and a date, the sticker should be
stamped (if applicable) and consist signature of a Tenderer or
an authorised representative of a Tenderer. Any corrections made
on the pages of Tender should be signed by the above mentioned
person.
Tenderer
has to submit one tender original and one copy in print, each in
a separate volume. The first page of the original volume must
state “Original”, and the copy – “Copy”. In case of
any misunderstanding the ruling volume is the one which states
“Original”. In
addition, a digital version of the Financial Tender should be
submitted in 1 (one) copy on the CD, DVD or flash memory.
The
original of the Tender and the included documents, where
signature of the Tenderer is necessary, have to be signed by
Xxxxxxxx or an authorised representative of the Tenderer. If
Tenderer is an association of economic operators, the above
mentioned documents should be signed by the authorised
representative of each person of the group or by the person
representing the association of economic operators in the
Procurement.
The
original of the Tender, copy of the Tender and data carrier
should be packed together. The gluing area should be confirmed
with the signature of the Tenderer or an authorised
representative of the Tenderer. The package should contain the
following information on it:
|
Rīgas
Tehniskās universitātes
/ Riga
Technical University
Iepirkumu
nodaļai
/ Procurement
Xxxx
Xxxxx
xxxx 0, Xxxx, XX-0000, 322.kab. /
Xxxxx
xxxxxx 0, Xxxx, Xxxxxx, XX-0000, office 322.
piedāvājums
Iepirkumā
Tender
of the procurement
“Darba
apģērbu/uniformu komforta testēšanas pakalpojumi”
Working clothes /uniform comfort testing services
Iepirkuma
ID Nr.RTU-2017/121
Procurement
ID Nr.RTU-2017/121
Neatvērt
līdz 2018.gada 17.janvārim, plkst.10:00
Do
not open till January 17, 2018, time 10.00
<Pretendenta
nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersona, tās
kontaktinformācija>
<
Tenderer’s name, legal address, contact person and it’s
contact information>
|
Piedāvājumam
un visiem tajā iekļautajiem dokumentiem ir jāatbilst
Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendenta
iesniegto dokumentu kopijas, norakstus vai izrakstus papīra
formā pretendents apliecina saskaņā ar Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” 5.nodaļas
prasībām dokumentu atvasinājumu izstrādāšanai un
noformēšanai. Visu piedāvājumā iekļauto dokumentu kopiju,
norakstu vai izrakstu pareizību pretendents var apliecināt ar
vienu apliecinājumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
33.panta septītajā daļā noteikto.
Visas
izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu, sedz pretendents.
Ja
attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot
komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā
uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents to
norāda savā piedāvājumā. Pretendents nevar noteikt
komercnoslēpuma vai konfidenciālas informācijas statusu
informācijai, kura atbilstoši Publisko iepirkumu likuma vai
citu normatīvo aktu regulējumam ir vispārpieejama
informācija.
|
All
documents included in the tender package have to comply with Law
on Legal force of Documents and 28.09.2010. Cabinet of Ministers
Regulation No.916 “Order of development and presentation of
documents”. Copies and extracts in print, submitted by the
Tenderer, have to conform to 28.09.2010. Cabinet of Ministers
Regulation No.916 “Order of development and presentation of
documents”, Chapter 5 - requirements for the derivative
document preparation and presentation. Tenderer can confirm the
accuracy of all document copies and extracts with one
confirmation in compliance with Public Procurement Law Section
33, Paragraph seven.
All
costs related to the tender preparation are covered by the
Tenderer.
If
it is necessary to observe a commercial secret in relation to
the subject-matter of procurement according to the Commercial
Law, Article 19, or it should be treated as confidential
information, a Tenderer shall indicate it in his or her tender.
A Tenderer cannot assign the status of commercial secret or
confidential information to information, which is unclassified
according to the Public Procurement Law or other legislative
acts.
|
PretendentA
KVALIFIKĀCIJA
Qualification of the Tenderer
4.1.Pretendentam
ir jāatbilst šādām pretendenta kvalifikācijas prasībām:
Tenderer
has to comply with the following qualification requirements:
|
4.2.
Lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām
kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi
pretendenta
prasības
apliecinošie dokumenti:
To
confirm compliance with the qualification requirements stated
by the Contracting authority, Xxxxxxxx has to submit documents
of evidence such as:
|
4.1.1.
Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem.
Tenderer
agrees with provisions of this Regulation.
|
4.2.1.
Pretendenta
pieteikums par piedalīšanos iepirkumā,
kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 –
Pieteikuma vēstules formai.
Ja
piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu par
piedalīšanos iepirkumā paraksta visi personu apvienības
dalībnieki vai arī visu personu apvienības dalībnieku
pilnvarotā persona.
Application
of the Tenderer about the participation in Procurement,
completed
according to the Regulation Annex 1 – Application Letter
Form.
If
the application has been submitted by an association of
persons, the application about the participation in
Procurement has to be signed by all participants of the
association of persons or by an authorized representative of
all members of the association of persons.
|
4.1.2.
Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts
normatīvo aktu prasībām.
Tenderer
is registered in accordance with the laws of the state of its
registration.
|
4.2.2.
Lai
pārbaudītu nolikuma 4.1.2.punkta izpildi, par Latvijas
Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju atbilstoši
normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārliecināsies
Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Pretendentam, kas nav
reģistrēts komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas
apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī
reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās
valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka
pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo
aktu prasībām.
The
Commission will verify the Tenderers registered in Latvia in
the database of the Business Register of Latvia in order to
verify that the requirements of the Paragraph 4.1.2.of the
Regulation
are met. A Tenderer not registered in a register of companies
shall submit a document confirming his or her registration. A
Tenderer registered in a foreign country shall submit a
statement of a competent authority which attests that the
Tenderer is registered according to the legislative
requirements of the respective country.
|
4.1.3.
Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma
dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.
Representative
of the Tenderer, who has signed the tender documents, has
representative (signing) rights.
|
4.2.3.
Dokuments,
kas apliecina pretendenta pārstāvja paraksta (pārstāvības)
tiesības.
Ja
tiek iesniegta pilnvara, pilnvarai pievieno pilnvaras devēja
pārstāvības (paraksta) tiesības apliecinošu dokumentu.
Ja
piedāvājumu iesniedz personu apvienība un pieteikumu
paraksta visu personu apvienības dalībnieku pilnvarotā
persona (atbilstoši nolikuma 4.2.1.punktā paredzētajam),
piedāvājumā iekļauj dokumentu, kuru parakstījušas visu
personu apvienības dalībnieku paraksttiesīgās personas un
kurā ir norādīts pilnvarotais personu apvienības
dalībnieku pārstāvis un tā pilnvaru apjoms.
The
document which confirms the signatory rights of the
representative of the Tenderer.
If
a power of attorney has been submitted, documents that confirm
the signatory rights of the issuer of the power of attorney,
must be attached.
If
a tender has been submitted by an association
of persons
and signed by the representative who represents all members of
the association
of persons
(according to the Regulation Paragraph 4.2.1.), tender must
include a document, which has been signed by authorized
representatives of each member of the association
of persons,
and which states the authorized representative of the
association
of persons
and the extent of his authorization.
|
|
Ja
piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai
personālsabiedrība, nolikuma 4.2.2 un 4.2.3. apakšpunktos
minētos dokumentus jāiesniedz par katru no attiecīgās
personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu
personu, kas iekļautas apvienībā, parakstīts sabiedrības
līgums vai vienošanās (oriģināls vai apliecināta kopija),
kurā norādīts katras personas atbildības apjoms un veicamo
darbu uzskaitījums. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai
juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā,
pieteikuma vēstulē (nolikuma pielikums Nr.1) jānorāda
persona, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā.
Ja
pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju,
paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās
vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma
vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja
parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas
pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz
iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos iepirkuma līguma
izpildē, kā arī informāciju par to, kādu iepirkuma (līguma)
daļu (kurus darbus) īstenos apakšuzņēmējs.
Ja
pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai
balstās uz citu personu iespējām, pretendentam atlasei
papildus jāiesniedz to personu, uz kuru iespējām pretendents
balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar
pretendentu konkrētā iepirkuma līguma izpildei.
|
If
a Tender is submitted by an association of persons or a
partnership, documents mentioned in clauses of Paragraphs 4.2.2.
and 4.2.3. of the Regulation
shall be submitted about each member of the respective
association of persons. In addition, a company contract or
agreement (original or certified copy) signed by all persons
included in an association has to be submitted indicating scope
of liability of each person and a list of work to be carried
out. If a tender is submitted by an association of physical or
juridical persons in any combination of the above mentioned, a
person representing an association of persons has to be
indicated in the application letter (Annex 1 of the Regulation).
If
the applicant the contract by attracting subcontractors,
providing for the execution of transfer of certain parts of a
contract and its value is 10 percent of the total contract value
or more, the applicant must submit the subcontractor signed
document (certificate or agreement), which demonstrates
subcontractor's commitments with regard to the procurement and
the participation contract execution, as well as information
about what kind of purchase (contract) is (which works)
implemented by a subcontractor.
If
the applicant of his or her qualification for attestation of
conformity of persons based on other opportunities, in addition
to the selection of Applicants must submit to the possibilities
of the person to whom the applicant is relying on evidence or
agreement on cooperation with The performance of the procurement
contract.
|
FINANŠU
PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA
Finanšu
piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma
pielikumu Nr.2 (Tehniskā specifikācija) un pielikumā Nr.3
(Finanšu piedāvājuma forma) noteikto formu, cenu norādot
EUR, neieskaitot PVN.
Piedāvātajā
līgumcenā pretendents saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.3
noteikto formu iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma
izpildi, ieskaitot transporta izdevumus un visus valsts un
pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot PVN.
Piedāvājuma
pozīciju cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2
(divas) zīmes aiz komata.
|
PREPARATION
OF THE FINANCIAL PROPOSAL
A
Tenderer prepares a Financial Tender according Annex 2 and to
the form given in Annex 3 of the Regulation
(Form
of Financial Tender) by
indicating the price in EUR excluding VAT.
According
to the form given in Annex 3 of the Regulation,
the offered contract price includes all costs related to the
implementation of the Contract including transportation costs,
and all state and local taxes and duties excluding VAT.
Prices
has to be calculated and indicated to 2 (two) decimal places.
|
PIEDĀVĀJUMA
NOFORMĒJUMA UN PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE
Komisija
veic piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas
pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda
piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma
prasībām un pretendenta atbilstību nolikuma 4.nodaļā
noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
Pretendenta
piedāvājums, kas atbilst visām Pasūtītāja nolikumā
noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā
piedāvājuma atbilstības tehniskajai specifikācijai
pārbaudei.
|
Tender
presentation VERIFICATION and review of tenderer’s qualification
The
Commission carries out verification of the tender presentation
and qualification of Tenderers in a closed meeting, during which
the Commission verifies conformity of a tender to the
presentation requirements set out in the Regulation and
conformity of a Tenderer to the qualification requirements set
out in the Section 4 of the Regulation.
A
Tender complying with all qualification requirements indicated
in the Regulation of the Contracting
authority
is directed to the verification of the technical tender
compliance according to the requirements of the Technical
Specifications.
|
FINANŠU
PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA
Komisija
veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendenta finanšu
piedāvājumā. Ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas,
Komisija šīs kļūdas izlabo. Par konstatētajām kļūdām un
laboto piedāvājumu Komisija informē pretendentu. Vērtējot
piedāvājumu, Komisija ņem vērā veiktos labojumus.
Ja
piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka
pretendents iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt
nepamatoti lēts, Komisija pieprasa pretendentam detalizētu
paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā
skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita
veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu, lai
pārliecinātos, ka pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu
piedāvājumu.
Ja
Komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepamatoti lētu
piedāvājumu, Komisija pretendenta piedāvājumu noraida.
Attiecībā
uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas tiesības noslēgt
iepirkuma līgumu, tiks veikta pārbaude par Publisko iepirkumu
likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas
noteikumiem.
|
7.
EVALUATION OF THE FINANCIAL TENDER
The
Commission checks that there are no arithmetical mistakes in the
financial tender. If the Commission establishes such mistakes,
the Commission shall correct them. The Commission shall notify a
Tenderer regarding the amended tender amount. When evaluating a
tender, the Commission shall take corrections into account.
If
during evaluation of tenders the Commission establishes that the
Tenderer has submitted a tender which could be abnormally low,
the Commission requests detailed explanation from a Tenderer
about significant conditions of the tender, including about
special conditions, technologies or other conditions allowing to
offer this price, in order to make sure, if a Tenderer has not
submitted a tender which is abnormally low.
If
the Commission establishes that a Tenderer has submitted a
tender which is abnormally low, the Commission rejects a tender
of the Tenderer.
With
regard to the applicant who would be granted the right to enter
into a Procurement contract, a review will be carried out on
Artical 9 Paragraph 8 of the Public Procurement Law referred.
|
LĪGUMA
SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA
Par
uzvarētāju iepirkumā Komisija atzīst un Līguma slēgšanas
tiesības piešķir pretendentam, kurš ir piedāvājis nolikuma
prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu.
Lēmumu
par iepirkuma rezultātiem Komisija visiem pretendentiem nosūta
rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas,
kā arī publicē iepirkuma rezultātus Pasūtītāja mājaslapā
(xxx.xxx.xx).
Iepirkuma
līgums starp Pasūtītāju un iepirkuma uzvarētāju tiek
slēgts Publisko iepirkumu likuma 60. pantā noteiktajā
kārtībā.
Ja
iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma slēgšanas vai
atsauc savu piedāvājumu, Komisija ir tiesīga atzīt par
uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar
nākamo viszemāko cenu.
Komisija
var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja nav iesniegts
neviens nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošs
piedāvājums vai ir cits objektīvi pamatots iemesls iepirkuma
pārtraukšanai.
|
8.
AWARDING OF CONTRACT
The
Commission declares the winner of the Procurement and awards the
rights to conclude the Contract to the Tenderer who submitted
the tender corresponding to the requirements of the Regulation
with the lowest price.
The
Commission sends the Decision regarding results of the
procurement to all Tenderers within 3 (three) working days after
taking the decision as well as publishes the results of the
Procurement on the website of the Contracting authority
(xxx.xxx.xx).
The
Procurement Contract between Contracting authority and winner of
the Procurement is concluded according to the procedure set out
in the Article 60 of the Public Procurement Law.
If
the winner of the Procurement refuses to conclude a contract or
recalls its tender, the Commission is entitled to announce a
winner the Tenderer who has submitted a tender with the next
lowest price.
The
Commission can take a decision to discontinue the Procurement,
if no tenders corresponding to the requirements of the
Regulation
are submitted or it has another objective substantiation to
discontinue the Procurement.
|
IEPIRKUMA
LĪGUMA SLĒGŠANS KĀRTĪBA (Atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 9.panta ceturtās daļas 7.punktam)
Pušu
pienākumi un tiesības
Pasūtītājs
apņemas veikt maksājumu par pakalpojumu noteiktajā termiņā
un apmērā.
Pasūtītājam
ir tiesības pieprasīt un saņemt un Izpildītājam ir
pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt
informāciju par līguma izpildes gaitu vai apstākļiem, kas
varētu kavēt izpildi.
Pasūtītājam
ir tiesības nepieņemt pakalpojumu, ja konstatē, ka
pakalpojums ir veikts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, vai
neatbilst līguma noteikumiem.
Izpildītājs
apliecina, ka līguma izpildē tam ir saistoši nolikumā un
iesniegtajā piedāvājumā minētie nosacījumi.
Izpildītājs
apņemas izpildīt pakalpojumu kvalitatīvi, savlaicīgi,
patstāvīgi, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar
tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga
izpildītāja.
Izpildītājs
apņemas pakalpojuma izpildi veikt atbilstoši Tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībām.
Izpildītājs
apņemas nodrošināt piekļuvi pakalpojuma sniegšanas vietā
kvalitātes kontroles nodrošināšanai.
Izpildītājam
ir tiesības saņemt no Pasūtītāja līguma izpildei
nepieciešamo informāciju.
Izpildītājam
ir tiesības saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar
līguma noteikumiem. Līguma izpildes laikā Izpildītājam nav
tiesības paaugstināt Finanšu piedāvājumā iekļautās
cenas.
Pušu
atbildība
Puses
savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem
tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tās
darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai
skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību
vai nolaidības) rezultātā.
Ja
Izpildītājs kavē pakalpojuma izpildes laiku par vairāk kā
2 (divām) dienām un kavējums nav saistīts ar Pasūtītāja
rīcību, Izpildītājs apņemas maksāt Pasūtītājam
līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas par katrām nokavētām
2 (divām) dienām, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
Ja
Pasūtītājs līgumā paredzētajā termiņā un apjomā
neveic maksājumu par pakalpojumu, Izpildītājam ir tiesības
pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle, komats,
pieci procenti) apmērā no laikā nesamaksātās summas par
katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no
līgumcenas.
Līgumsoda
samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību izpildes.
Gadījumā,
ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt
no Izpildītāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu,
Pasūtītājam, iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir
tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no
Izpildītājam izmaksājamajām summām.
Apakšuzņēmēju
nomaiņa
Apakšuzņēmēju
nomaiņa līguma izpildes laikā tiks organizēta atbilstoši
Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajai kārtībai.
Nepārvarama
vara
Puses
tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju
neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai
ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja
iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
Pusei,
kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura
apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu)
darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas
dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai
Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa
uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto
saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam
ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta
institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu.
Ja
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi
turpinās ilgāk nekā 30 dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga
atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā
neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri
radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas
apstākļu iestāšanās.
Līguma
darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un
izbeigšanas kārtība
Līgums
stāsies spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un būs spēkā
līdz pilnīgai Pušu savstarpējo saistību izpildei.
Visi
līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā gadījumā, ja
tie ir rakstiski un abu Pušu parakstīti un līguma grozījumi
ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu.
Puses
var izbeigt līgumu pirms termiņa, savstarpēji rakstiski
vienojoties.
Pasūtītājam
ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa,
informējot Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienas pirms
izbeigšanas.
Pasūtītājs
ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja:
ir
stājies spēkā tiesas spriedums par Izpildītāja atzīšanu
par maksātnespējīgu vai tiesa ir pieņēmusi lēmumu par
Izpildītāja maksātnespējas procesa ierosināšanu;
pret
Izpildītāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas
saistītas ar aresta uzlikšanu vairāk kā 50% (piecdesmit
procenti) no Izpildītāja bilances aktīviem.
Citos
gadījumos līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos,
kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
Jebkurā
līguma izbeigšanas gadījumā Puses apņemas izpildīt visas
saistības, kas radušās līdz līguma izbeigšanas brīdim.
Nobeiguma
nosacījumi
Visus
strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar
līgumsaistību izpildi, Puses risinās sarunu ceļā.
Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds
netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
Jautājumus,
ko neregulē līguma noteikumi, Puses risina saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
NOLIKUMA
PIELIKUMI
Visi
nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas. Nolikumam ir
šādi pielikumi:
Pielikums
Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma;
Pielikums
Nr.2 – Pasūtītāja tehniskā specifikācija;
Pielikums
Nr.3 – Finanšu piedāvājuma forma.
|
PROCEDURES
FOR THE PROCUREMENT CONTRACT CONCLUDE
(According
to the Article 9 Paragraph 8 Point 7 of the Public Procurement
Law)
Obligations
and Rights of the Parties
The
Customer undertakes to make the payment for the Services within
the timeframe and in the amount stipulated in the Contract.
The
Customer is entitled to request and receive from the
Contractor, not later than within three (3) business days,
information regarding the fulfilment of the Contract.
The
Customer has the right not to accept the Service, if it
establishes that the Service is performed poorly or incomplete
or does not conform to the provisions of the Contract.
The
Contractor confirms that in the fulfilment of the Contract, he
is bound by the conditions mentioned in the Regulation and the
Tender.
The
Contractor undertakes
to perform the Service quality, timely, independently, using
their professional skills, with such care, one can expect from
a long and careful Contractor.
The
Contractor undertakes to perform the Service in accordance with
the requirements laid down in Technical specification.
The
Contractor undertakes to ensure the access to the place of
provision of the Service quality control.
The
Contractor has the right to receive the information necessary
for the performance of the Contract.
The
Contractor has the right to receive a payment from the Customer
in accordance with the provisions of the Contract. During the
Contract performance, the Contractor has no right to increase
the prices included in the Financial Tender.
Responsibility
of the parties
The
Parties are mutually responsible for the direct damage caused
to the other Party if such damage has arisen due to the action
or inaction of one Party, its employees or a third party
(including gross negligence, malicious action or neglect).
If
the Contractor delays the Services execution time of more than
2 (two) days and the delay is not related to the Customer
action, the Contractor undertakes to pay to the Customer a
penalty of 0,5% (zero point five percent) from the Contract
price (without VAT) for each overdue 2 (two) days, but not more
than 10% (ten percent) of the Contract price (without VAT).
If
the Customer does not make the payment for the Services in the
term and amount indicated in the Contract, the Contractor has
the rights to claim for a penalty of 0.5% (zero point five
percent) from the Contract price (without VAT) for each day of
delay, but not more than 10% (ten percent) from the Contract
price (without VAT).
Payment
of the contractual penalty shall not free the Parties from
complete fulfilment of their contractual obligations.
In
the case that the Customer, in accordance with the provisions
of the Contract, acquires the right to demand a contractual
penalty from the Contractor, the Customer, having previously
informed the Supplier in writing, has the right to withhold the
contractual penalty or any other payment from the amounts due
to the Contractor.
9.3.
Replacement of subcontractors
Replacement
of subcontractors during the execution of the Contract shall be
organised in accordance with the procedures specified in
Article 62 of the Public Procurement Law.
9.4.
Force
Majeure
The
Parties shall be exempted from liability for complete or
partial failure to fulfil the Contract if such failure has
resulted from force majeure or extraordinary circumstances,
which have set in after the signature of the Contract and which
could not have been foreseen or prevented.
The
Party, which invokes force majeure or extraordinary
circumstances, shall immediately (not later than within five
(5) business days from the day when such circumstances have
become known) inform the other Party in writing about such
circumstances. The report shall contain information as to in
what timeframe, in the informing Party’s opinion, the
fulfilment of its contractual obligations is possible and can
be expected; upon request, such a report shall be supplemented
by a document issued by a competent institution, containing an
affirmation of the extraordinary circumstances and their
characterisation.
If
force majeure or extraordinary circumstances continue for more
than 30 days, each of the Parties has the right to refuse its
contractual obligations. In this case, none of the Parties is
liable for the losses incurred by the other Party in the time
period after the onset of the force majeure circumstances.
9.5.
Term
of the Contract and its Amending, Supplementing and Termination
Arrangements
The
Contract shall enter into force with its signing and is valid
until the obligations is fulfilled between the Parties.
All
the amendments and supplements to the Contract are valid if
they have been drawn up in writing and signed by both Parties
and the amendments to the Contract are in compliance with
Article 61 of the Public Procurement Law.
The
Parties may terminate the Contract prematurely by mutual
written agreement.
The
Customer has the right to unilaterally terminate the Contract
prematurely
by
informing the Contractor
to that effect 30 (thirty) days before the termination.
The
Customer may unilaterally terminate the Contract if:
A
court decision regarding the recognition of the Supplier as
insolvent has entered into force or the court has made a
decision regarding the initiation of the Contractor's
insolvency process;
The
Contractor has been subjected to legal actions related to the
arrest of more than 50% (fifty percent) of the Contractor’s
balance sheet assets.
In
other cases, unilateral termination of the Contract shall be
possible only in the cases expressly stipulated in the
normative acts of the Republic of Latvia.
In
any case of the Contract termination, both
Parties
undertakes to fulfil all the obligations that have arisen by
the moment of the Contract termination.
9.6.
Final
Provisions
The
Parties will resolve all disputes and disagreements that might
arise in connection with the fulfilment of the contractual
obligations, by way of negotiation. In the case, that the
dispute should remain unresolved by way of negotiation for 20
(twenty) days, the Parties agree to resolve the disputes in
court, in compliance with the requirements of the normative
acts valid in the Republic of Latvia.
Issues
not regulated by the provisions of the Contract shall be
resolved by the Parties in accordance with the normative acts
valid in the Republic of Latvia.
THE
REGULATION ATTACHMENTS
All
Annexes are integral part of the Regulation. The Regulation has
the following Annexes:
Annex
1 – Application Letter Form;
Annex
2 – Technical Specifications of the Contracting authority;
Annex
3 – Financial Tender Form.
|
Iepirkuma
ID
Nr. RTU-2017/21
nolikuma
pielikums Nr.1
Procurement
ID
No. RTU-2017/21
Regulation
Annex 1
PIETEIKUMA
VĒSTULES FORMA
(Application
Letter Form)
Piezīme:
Iepirkuma
pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā
Note: Tenderer
of the Procurement shall fill in the empty spaces in this form.
Kam/To:
Rīgas Tehniskajai universitātei/Riga
Technical University
Iepirkums/Procurement:
“Darba
apģērbu/uniformu komforta testēšanas pakalpojumi”
(Working clothes /uniform comfort testing services)
ID
Nr.: RTU-2017/121
<Pieteikuma
sagatavošanas vieta un datums>
<The place and date of preparation of the application>
Saskaņā
ar Xxxxxxxxx nolikumu apstiprinām, ka piekrītam Xxxxxxxxx
noteikumiem un apņemamies tos ievērot un izpildīt saskaņā ar
nolikuma un pretendenta piedāvājuma noteikumiem. (Under
the Regulations of the Procurement we hereby confirm that we agree
with the conditions of Procurement and we commit to comply with them
and to fulfil them according to the conditions of Regulations and
Tender).
Informācija
par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību
iepirkumā/
Information
on a Tenderer or the person representing an association of economic
operators in a Procurement :
-
1.1.
|
Pretendenta
nosaukums / Name
of the Tenderer:
|
|
1.2.
|
Reģistrēts
(vieta, datums, numurs) / Registered
(place, date, number):
|
|
1.3.
|
Nodokļu
maksātāja reģistrācijas Nr. (ja attiecināms) /
Taxpayer
registration No (if applicable):
|
|
1.4.
|
Juridiskā
adrese (norādīt arī valsti) / Legal
adress (indicate the country):
|
|
1.5.
|
Biroja
adrese (norādīt arī valsti) / Office
adress (indicate the country):
|
|
1.6.
|
Kontaktpersona
(Vārds, uzvārds, amats) /
Contact person (name, surname, position):
|
|
1.7.
|
Telefons
/ Phone
number:
|
|
1.8.
|
Fakss
(tikai
gadījumā, ja piegādātājs nodrošina datu saņemšanu pa
faksu)/ Fax
(only
if Tenderer ensures the receipt of information by fax):
|
|
1.9.
|
E-pasta
adrese / E-mail
adress:
|
|
Ja
Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa)/If
a Tenderer is an association of economic operators (group of
persons):
persona,
kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā/person
representing an association of economic operators in Procurement:
________________________________________________________________________
katras
personas atbildības apjoms/the scope of liability of each person:
_______________________________________________________________________
Informācija
par to, vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas
gadījumā – katra dalībnieka) uzņēmums vai tā piesaistītā
apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma
statusam atbilstoši EK komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par
mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.)/
Information on whether the applicant (groups of persons – each participant) undertaking or
its subcontractor associated with
small or medium enterprise status, according to the Commission on 6
May 2003 Commission Recommendation on micro, small and medium-
sized enterprises (OJ L124, 20.5.2003.):
-
Persona
(norādīt
nosaukumu un lomu (pretendents, personu apvienības dalībnieks,
apakšuzņēmējs) iepirkumā)
Person
(specify
name and role (the applicant, a member of an association of
persons, the subcontractor) in the Procurement)
|
Mazais
uzņēmums
ir
uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura
gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10
miljonus euro
(atbilst/neatbilst)
Small
enterprise
is
a company which employs fewer than 50 persons and whose annual
turnover and / or annual balance sheet total does not exceed eur
10 million
(conform / do not conform)
|
Vidējais
uzņēmums
ir
uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas
mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz
50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43
miljonus euro
(atbilst/neatbilst)
The
average company
the
company, which is no small undertaking and which employ fewer
than 250 persons and whose annual turnover not exceeding 50
million euro, and / or an annual balance sheet total does not
exceed eur 43 million
(conform
/ do not conform)
|
<
>
|
<
>
|
<
>
|
Ar
šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto
piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu,
atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir
patiesi.
|
Hereby
I assume full responsibility for the tender submitted to the
Procurement, information included in these documents,
presentation, compliance with the requirements of the Regulations.
The given information and data are true.
|
Ar
šo apliecinu visu piedāvājuma _____________________lpp.
(norādīt,
kurā(-s) piedāvājuma lappusē(-s))
iekļauto dokumentu
kopiju,
norakstu,
izrakstu
(pasvītrot
nepieciešamo)
pareizību*.
|
Hereby
I certify that all
1.
copies,
2.
duplicates,
3.
extracts (underline the applicable)
included
on pages_____________________(indicate page(- s) of the tender,)
of
a tender are accurate*.
|
*Aizpilda
tādā gadījumā, ja pretendents izvēlas visu piedāvājumā
iekļauto dokumentu kopiju, norakstu vai izrakstu pareizību
apliecināt ar vienu apliecinājumu / To be filled if a Tenderer
chooses to certify accuracy of all copies, duplicates and extracts
included in a tender with single certification.
Paraksts
/ Signature
: _______________________________________
Vārds,
uzvārds / Name,
surname :
_____________________________
Amats
/ Position
: _________________________________________
Iepirkuma
ID
Nr.: RTU-2017/121
Nolikuma
pielikums Nr.2
Procurement
ID
No. RTU-2017/121
Regulation
Annex 2
TEHNISKĀ
SPECIFIKĀCIJA (latviešu valodā)
(informācija
par iepirkuma priekšmetu)
Iepirkuma
priekšmets: RTU
MLĶF DTI projekta “Vieds un drošs darba apģērbs-SWW” (RTU
PVS 1970) darba apģērbu/uniformu komforta testēšanas (apģērbu
fizioloģiskie testi) pakalpojumi, izmantojot termomanekenu un
cilvēka ādas termoregulācijas modeli.
Iepirkuma
mērķis:
Darba
apģērba/uniformu mērījumi lietojuma klimatiskā diapazona
noteikšanai.
Pakalpojuma
sniegšanas laiks:
ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Pasūtītāja nosūtītā
testēšanas materiāla saņemšanas dienas.
Testēšanas
materiāls:
4 pilnas apģērbu sistēmas (slāņi) - M izmēra uniformas, ko
nodrošina Pasūtītājs. Apģērbu sistēmu raksturojums:
Ceturtā
līmeņa uniforma (bikses un virsjaka) + Pirmā līmeņa uniforma
(īsā veļa: T-krekls un bokseršorti) (atšķirīga materiāla);
Ceturtā
līmeņa uniforma (bikses un virsjaka) + Pirmā līmeņa uniforma
(īsā veļa: T-krekls un bokseršorti);
Ceturtā
līmeņa uniforma (bikses un virsjaka) + Otrā līmeņa uniforma
(garā veļa: garpiedurkņu krekls un garās apakšbikses);
Ceturtā
līmeņa uniforma (bikses un virsjaka) + Trešā līmeņa uniforma
(siltā, garā apakšveļa) + Pirmā līmeņa uniforma (īsā veļa:
T-krekls un bokseršorti).
Pakalpojuma
apraksts:
Pasūtītāja
iesniegto apģērbu sistēmas materiāliem atbilstoši (specifiski)
testi saskaņā ar ISO 11092 (siltuma un ūdens tvaika pretestība)
vai ekvivalentu katrai apģērba sistēmai ar cilvēka ādas
termoregulācijas modeli (Ādas modelis).
Pasūtītāja
iesniegtās pilnas apģērbu sistēmas (skatīt apģērbu sistēmu
raksturojumu) tests ar termomanekenu klimatiskajā kamerā saskaņā
ar ISO 15831 (siltumizolācijas efektivitāte, gan staigāšanas
imitācijā, gan statiskā pozīcijā) vai ekvivalentu.
Testa
rezultātu novērtēšana un visu četru apģērbu sistēmu
lietderības aprēķins dažādos klimata un metabolisma līmeņos.
Četru
apģērbu sistēmu komplektu siltumizolācijas efektivitātes un
lietderības diapazona noteikšana saskaņā ar ISO 15831 -
Kombinācijā ar siltuma pretestības un ūdens tvaika pretestības
noteikšanu visiem tekstilizstrādājumu apģērba slāņiem, vai
ekvivalents.
Siltuma
pretestība un ūdens tvaika pretestības testi saskaņā ar EN ISO
11092, vai ekvivalentu; 6 komplekti – atbilstoši testēšanai
plānotajiem 4 apģērbu sistēmu komplektiem + atsevišķi testi
katram uniformas slānim: pirmajam un ceturtajam.
Četru
raksturoto apģērbu sistēmu fizioloģiskie aprēķini un Testēšanas
pārskata sagatavošana (ieskaitot foto dokumentāciju un uniformu
lietderības diapazonu, dažādu sistēmu salīdzināšanu attiecībā
uz materiāliem atbilstošu (specifisku) siltumizolāciju un gaisa
caurlaidību) - 1 pārskats.
Pakalpojuma
izpildes dokumenti:
Izpildītājs
pēc pakalpojuma izpildes kopā ar nodošanas-pieņemšanas aktu
iesniedz Pasūtītajam šādus nodevumus:
Pārskats
par testiem ar termomanekenu klimatiskajā kamerā ar testa
rezultātu novērtēšanu un visu četru apģērbu sistēmu
lietderības aprēķinu;
Testēšanas
pārskats par visu četru apģērbu sistēmu raksturlielumiem,
fizioloģiskiem aprēķiniem, ieskaitot foto dokumentāciju un
uniformu lietderības diapazonu, dažādu sistēmu salīdzināšanu
attiecībā uz materiāliem atbilstošu (specifisku) siltumizolāciju
un gaisa caurlaidību.
Abi
pārskati var tikt noformēti vienā dokumentā.
Pārskati
ir sagatavojami latviešu vai angļu valodā un iesniedzami drukāti
papīra formātā vai elektroniski (MS Word vai PDF formātā, attēli
.jpg, .jpeg vai .png formātā) uz datu nesēja.
Ja
testi ir veikti ar ekvivalentiem standartiem, pārskatiem ir
jāpievieno standartu salīdzinājuma aprakstu.
TEHNISKĀ
SPECIFIKĀCIJA (angļu valodā)
TECHNICAL
SPECIFICATION
(Information
about the subject of procurement)
Subject
of Procurement:
comfort testing of work wear/uniforms for RTU FMSAC IDT project
“Smart and Safe Working Wear” (RTU PVS 1970) using the thermal
manikin and thermoregulatory model of human skin.
Goal
of the Procurement:
measurements for the determination of the climatic range of utility
of workwear/uniforms.
Time:
not later than within two months from the date of receipt of the
test material.
Test
Material:
4 complete clothing systems (layers) - M-size uniforms.
Characteristics of clothing systems:
4th
level uniform (trousers and jacket) + 1st level uniform (underwear:
T-shirt and boxer shorts) (different material);
4th
level uniform (trousers and jacket) + 1st level uniform (underwear:
T-shirt and boxer shorts);
4th
level uniform (trousers and jacket) + 2nd level uniform (long
underwear: shirt with long sleeves and long underpants);
4th
level uniform (trousers and jacket) + 3rd level uniform (warm, long
underwear) + 1st level uniform (underwear: T-shirt and boxer
shorts).
Type
of Testing: Material
specific tests on each layer in each clothing system with the
thermoregulatory model of human skin (Skin Model) according to ISO
11092 or equivalent (thermal and water vapour resistance).
Tests
on complete clothing systems with a thermal manikin in a climatic
chamber according to ISO 15831 or equivalent (effective thermal
insulation, manikin standing and moving).
Evaluation
of test results and calculation of the range of utility of the
clothing systems under different climate and metabolic rates.
Effective
thermal insulation of the clothing system (4 sets) and determination
of range of utility according to ISO 15831 or equivalent - Only in
combination with thermal resistance and water vapour resistance of
all textile layers of the clothing system.
Thermal
resistance and Water vapour resistance according to EN ISO 11092 or
equivalent; 6 sets - 4 sets of clothing systems planned for testing +
separate tests for each uniform layer: 1st and 4th level uniforms.
Physiological
calculations and Test report (including photographic documentation
and utility range of uniforms; comparison of the different systems
with regard to material specific thermal insulation and air
permeability) of 4 previously described clothing systems - 1 report.
Service
Performance Documentation:
An
Executor, after completing the service, together with the
Delivery-Acceptance statement, shall submit the following transfers:
A
review of the tests with thermal manikin in a climatic chamber with
the evaluation of test results and calculations of the utility of
all 4 clothing systems;
Test
report on the characteristics of all four clothing systems,
physiological calculations, including photographic documentation and
utility range of uniforms, comparison of the different systems with
regard to material specific thermal insulation and air permeability.
Both
reports may be presented in a single document.
The
reports are prepared in Latvian or English and submitted in hard copy
or in electronic form (MS Word or PDF, images: .jpg, .jpeg or .png).
If
the test has been carried out with equivalent standards, reports must
be accompanied by a description of the standard comparison.
Iepirkuma
ID
Nr.: RTU-2017/121
Nolikuma
pielikums Nr.3
Procurement
ID
No. RTU-2017/21
Regulation
Annex 3
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA
FORMA/FINANCIAL TENDER FORM
<Sagatavošanas
vieta un datums>
<The place and date of preparation of the application>
<Pretendenta
nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas
numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>
Nr.
p.k.
|
Apģērbu
sistēmas raksturojums/
Characteristics
of clothing systems
|
Finanšu
piedāvājums
(kopējā
cena EUR bez PVN)
Financial
Tender (Total price, EUR without VAT)
|
1.
|
Ceturtā
līmeņa uniforma (bikses un virsjaka) + Pirmā līmeņa uniforma
(īsā veļa: T-krekls un bokseršorti) (atšķirīga materiāla)/
4th
level uniform (trousers and jacket) + 1st level uniform
(underwear: T-shirt and boxer shorts) (different material)
|
<
>
|
2.
|
Ceturtā
līmeņa uniforma (bikses un virsjaka) + Pirmā līmeņa uniforma
(īsā veļa: T-krekls un bokseršorti)/
4th
level uniform (trousers and jacket) + 1st level uniform
(underwear: T-shirt and boxer shorts)
|
<
>
|
3.
|
Ceturtā
līmeņa uniforma (bikses un virsjaka) + Otrā līmeņa uniforma
(garā veļa: garpiedurkņu krekls un garās apakšbikses)/
4th
level uniform (trousers and jacket) + 2nd level uniform (long
underwear: shirt with long sleeves and long underpants)
|
<
>
|
4.
|
Ceturtā
līmeņa uniforma (bikses un virsjaka) + Trešā līmeņa uniforma
(siltā, garā apakšveļa) + Pirmā līmeņa uniforma (īsā
veļa: T-krekls un bokseršorti)/
4th
level uniform (trousers and jacket) + 3rd level uniform (warm,
long underwear) + 1st level uniform (underwear: T-shirt and boxer
shorts)
|
<
>
|
Kopā/Total:
|
<
>
|
PVN/VAT
%:
|
<
>
|
Kopā
ar PVN /Total with VAT:
|
<
>
|
Kopējā
cenā iekļaujamas visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma
pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, kā arī visI nodokļI, nodevas,
x.xx. materiālu, tehniskā nodrošinājuma, administratīvās
izmaksas un citas izmaksas, kas ir saistīti ar kvalitatīvu
pakalpojuma sniegšanu, izņemot PVN.
The
total price included all the costs necessary to complete the service
and quality of execution, as well as all taxes, charges, including
material, technical support, administrative costs, and other costs
that are associated with quality service, without VAT.
Pielikumā
informācija par testēšanas standartiem uz _____.lapām/
Information on the testing standards set out in the Annex on the pages of ________
Pilnvarotās
personas paraksts: _______________________
Authorised
signature
Parakstītāja
vārds, uzvārds un amats: __________________
Signed
with the name and title