Extindere (construire) spatii de învățământ și laboratoare
Extindere (construire) spatii de învățământ și laboratoare
- parter, str. Cuartului, nr. 2, Constanta
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA
+40 0241/617260;
+40 0241/664740;
Cristalina Stoian;
Romania;
900633;
Cod de identificare fiscala: 2747321; Adresa: Strada: Mircea xxx Xxxxxx , xx. 104; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod
postal:
Xxxx:
Persoana de contact:
Telefon:
Fax:
E-mail:
xxx.x-xxxxxxxxx.xx;
xxxxxxxxx@xxx-xxx.xx; Adresa internet: (URL) xxxxx://xxx-xxx.xx/; Adresa web a profilului cumparatorului:
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:
I.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
I.5) Activitate principala
Educatie
Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Extindere (construire) spatii de învățământ și laboratoare - parter, str. Cuartului, nr. 2, Constanta
2747321_2021_ PAAPD1181717
Numar referinta:
II.1.2) Cod CPV principal
45214610-9 Lucrari de constructii de cladiri de laboratoare (Rev.2)
II.1.3) Tipul contractului
Lucrari
II.1.4) Descrierea succinta
Contractul presupune realizarea de lucrări de extindere (construire) spații de învățământ și laboratoare – parter prin realizarea unei construcții conexe clădirilor existente având funcțiunea de laborator și sală curs, cu regim înălțime parter cu dimensiunile în plan ale construcției vor fi de aproximativ 18,7 x 9,69 x 6,30 m.
Propunerea va avea o structură metalică cu:
Pereți exteriori ce vor avea o grosime de 10 cm, panourile din care sunt realizați având spre exterior un strat de tablă zincată profilată (RAL 9010-Pure White sau similar), un miez realizat din vată minerală ignifugată.
Învelitoare din panouri sandwich cu miez realizat din vată minerală ignifugată de 10cm.
Pereți interiori de compartimentare ce vor avea o structură ușoară de diferite tipuri funcție de destinația spațiului (gips-carton pe structură metalică, pereți vitrați, etc.)
La exterior se prevede tâmplarie modernă etanșă din AL/PVC cu geam termoizolant care să asigure un coeficient de izolare termică obligatoriu de 0.77m2K/W
Valoarea estimată este de 1.581.497,775 lei fără TVA, conform devizului general al investiției formată din însumarea următoarelor linii bugetare:
1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială= 2.730,560 lei fără TVA
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 122.559,570 lei fără TVA
4.1 Construcții și instalații = 1.275.883,830 lei fără TVA
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale = 20.627,400 lei fără TVA
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 132.303,000 lei fără TVA
5.1.1. Organizare de șantier = 25.704,420 lei fără TVA
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier = 1.688,995 lei fără TVA.
Note:
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 13 zile (respectiv in a 14-a zi de la data depunerii ofertelor).
Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor (respectiv in a 7-a zi de la data depunerii ofertelor).
Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
II.1.6) Informatii privind loturile
Nu
Contractul este împartit în loturi:
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
1564337,44
Valoare:
RON
Moneda:
Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
45214610-9 Lucrari de constructii de cladiri de laboratoare (Rev.2)
Cod CPV principal:
Cod CPV suplimentar: -
II.2.3) Locul de executare
RO223 Constanţa
Cod NUTS:
Locul principal de executare:
municipiul Constanțamunicipiul Constanța
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Contractul presupune realizarea de lucrări de extindere (construire) spații de învățământ și laboratoare – parter prin realizarea unei construcții conexe clădirilor existente având funcțiunea de laborator și sală curs, cu regim înălțime parter cu dimensiunile în plan ale construcției vor fi de aproximativ 18,7 x 9,69 x 6,30 m.
Propunerea va avea o structură metalică cu:
Pereți exteriori ce vor avea o grosime de 10 cm, panourile din care sunt realizați având spre exterior un strat de tablă zincată profilată (RAL 9010-Pure White sau similar), un miez realizat din vată minerală ignifugată.
Învelitoare din panouri sandwich cu miez realizat din vată minerală ignifugată de 10cm.
Pereți interiori de compartimentare ce vor avea o structură ușoară de diferite tipuri funcție de destinația spațiului (gips-carton pe structură metalică, pereți vitrați, etc.)
La exterior se prevede tâmplarie modernă etanșă din AL/PVC cu geam termoizolant care să asigure un coeficient de izolare termică obligatoriu de 0.77m2K/W
Valoarea estimată este de 1.581.497,775 lei fără TVA, conform devizului general al investiției formată din însumarea următoarelor linii bugetare:
1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială= 2.730,560 lei fără TVA
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 122.559,570 lei fără TVA
4.1 Construcții și instalații = 1.275.883,830 lei fără TVA
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale = 20.627,400 lei fără TVA
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 132.303,000 lei fără TVA
5.1.1. Organizare de șantier = 25.704,420 lei fără TVA
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier = 1.688,995 lei fără TVA.
Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Nu
Se va organiza o licitatie electronica:
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Nu
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice:
Sectiunea V: Atribuirea contractului
Da
Se atribuie un contract/un lot:
V.2) Atribuirea contractului
Contract “EXTINDERE (CONSTRUIRE) SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LABORATOARE - PARTER” BAZA NAUTICA (SEDIU LAC MAMAIA) STR. CUARTULUI, NR. 2, CONSTANTA
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
7988 / 12.11.2021
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Nu
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0 Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0 Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:
V.2.3) Numele si adresa contractantului
ICCO FACILITY MANAGEMENT
Nu
x00 0000000000;
x00 0000000000;
Romania;
500167;
Cod de identificare fiscala: RO30143100; Adresa: Strada Xxxxxxx Xxxxx, Nr. 3; Localitatea: Brasov; Cod NUTS: RO122 Brasov; Cod
postal:
Xxxx:
Telefon:
Fax:
E-mail: ;
xxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx; Adresa internet: (URL) xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx; Contractul este un IMM
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
1564337,44
1581497,77
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: Valoarea totala a contractului/lotului:
RON
Moneda:
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
RON
Valoare fara TVA:0 Moneda:
Procent:33,41%
Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.3) Informatii suplimentare
Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnătura electronică).
Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.
Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (xxxxx://xxx.x-xxxxxxxxx.xx:0000/xxx ) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite
solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebări”).
Operatorii economici interesați vor completa DUAE conform Ghidului de utilizare DUAE disponibil în contul SICAP: www.e- xxxxxxxxx.xx:8881/su/home - Informații DUAE - Ghid utilizare DUAE.
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.
Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii nr. 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări.
Autoritatea Contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
Notă:
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale:
• Departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici
• În vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfășurată integral prin mijloace electronice)
VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: x00 000000000; Fax:
xxxx://xxx.xxxx.xx;
x00 000000000 / x00 000000000; E-mail: xxxxxx@xxxx.xx; Adresa internet: (URL)
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Conform art. 8 din Legea nr. 101 / 2016.
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2021