KONKURSO SĄLYGOS
Uždaroji akcinė bendrovė “ASMODAS”
Įmonės kodas 241856270
Buveinės adresas Xxxxxxxxxx x. 22-1, Gargždai xxxx@xxxxxxx.xx
KONKURSO SĄLYGOS
DĖL MILTELINIO DAŽYMO KOMPLEKSO PIRKIMO
TURINYS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 2
2. PIRKIMO OBJEKTAS 2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 4
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 5
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 5
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 6
8. DERYBOS 6
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 7
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 7
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 8
12. PRIEDAI 8
12.1 Techninė specifikacija; 8
12.2 Pasiūlymo forma; 8
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB „Asmodas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą " UAB "Asmodas" Technologinių ekoinovacijų diegimas“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0048), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti miltelinio dažymo kompleksą.
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: UAB „Asmodas“ direktorius Xxxxx Xxxxxxxxx 000-000-00000 xxxxx@xxxxxxx.xx.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkama automatinė miltelinio dažymo linija, kurios savybės nustatytos pridedamoje techninėje specifikacijoje.
2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam
prekių kiekiui.
2.4. Prekės turi būti pristatytos per 4 mėnesius nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, terminas gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgiau kaip 2 mėnesiams šalių rašytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama sutarties dalimis.
2.5. Mokėjimo sąlygos: galima būti prašomas ne daugiau nei 30 % avansas nuo pirkimo sumos, antras mokėjimas pagaminus įrengimą prieš transportavimą ne daugiau nei 50 % nuo galutinės sumos, galutinis mokėjimas pristačius įrengimą užsakovo patalpose ne mažiau nei 20 % nuo galutinės sumos
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
3.1.1 Patirties reikalavimai
Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
3.1.1 | Tiekėjas gali būti siūlomos įrangos gamintojas, gamintojo | Tiekėjo, | Pateikiami įrangos gamintojų |
.1 | atstovas arba gali turėti sutartį su tokiu ūkio subjektu, kuris | neatitinkančio | arba jų atstovų dokumentai, |
yra gamintojo atstovas | šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | įrodantys, kad Tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojų įgaliotas parduoti, montuoti, prižiūrėti įrangą |
3.1.2 Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:
Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
3.1.2.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
3.1.2.2 | Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis konkrečia (technikos bei įrangos tiekimo/gamybos) veikla. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo ir įstatų dalies tinkamai patvirtintos kopijos ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjo registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. |
3.1.2.3 | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (- as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.4. kontaktinį asmenį. 1.5 įrangos pavadinimą ir modelį |
* Pastabos:
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
3.2 Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 ir 3.1.2.1 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.2 ir 3.1.2.3 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
3.3 Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį).
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.
4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių apimtį
4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. Lapkričio mėn. 8 d. 16 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Xxxxxxxxxx x. 22-1, Gargždai. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku
4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių
konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos nurodyti išlaidas, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą.
4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2021 m. lapkričio mėn. 30 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: UAB „Asmodas“ direktorius Xxxxx Xxxxxxxxx 370-615- 27827 xxxxx@xxxxxxx.xx..
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Vokų atplėšymo procedūra vyks 2021 lapkričio mėn. 8 d. 17 val. dalyviams nedalyvaujant.
6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.4 Komisija nagrinėja:
6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.
6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Xxxxxxxx prašant, nepatikslino jų;
7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža xxxxx ir tiekėjas Xxxxxxx prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
8. DERYBOS
8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos;
10.3Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.3.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
10.3.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
10.3.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
10.3.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
10.4 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.
12. PRIEDAI
12.1 Techninė specifikacija;
12.2 Pasiūlymo forma;
Techninė specifikacija Priedas nr.1
PRIEDAS NR.1 TECHNINĖ UŽDUOTIS
Reikalaujamas parametras | Siūlomas Parametras |
gaminių plovimo kameros: | |
1. Automatinį gaminių plovimą turi sudaryti 2 vnt. kamerų. Pirma kamera – plovimas karštuoju būdu, antra kamera dviejų fazių - nuskalavimas vandeniu ir demi vandeniu. | |
2. Pirmos kameros vandens talpykla ne mažesnė nei 3600 l. | |
3. Antros kameros talpos atskiros kiekvienai fazei, kiekviena ne mažiau 1600 l. | |
4. Plovimo kamerų vidiniai išmatavimai pritaikyti gaminiams kurių išmatavimai ne mažesni nei P=300 x I=5000 x A=1250 mm | |
5. Statoma ant betoninio pagrindo. | |
6. Plovimo kameros tuneliai ir vonios pagaminti naudojant INOX AISI 304 plieną. | |
7. Plovimo kameros tuneliai apdengti mineralinės vatos izoliacija. | |
8. Plovimo kameros aktyvi plovimo zona ne trumpesnė nei 5200 mm. | |
9. Kiekvienos talpyklos pompos pralaidumas ne prastesnis nei 1200 l/m. | |
10. Kiekviena plovimo kamera turi savo pompą, viso pompų skaičius 3 vnt. | |
11. Pirmos kameros talpos šildymui degiklio kuras - dujos | |
12. Degiklis turi turėti automatinį temperatūros reguliavimą ir ne mažesnį nei 200‘000 Kcal/h šiluminį galingumą. | |
13. Degiklis atitinka CE normas. | |
14. Rankinis gaminių plovimo įrengimas su ne mažiau nei 2 talpyklomis plovimui kaštuoju būdu ir nuskalavimui. | |
Džiovinimo ir polimerizacijos krosnis: | |
1. Džiovinimo/polimerizavimo kameros vidiniai išmatavimai pritaikyti gaminiams kurių išmatavimai ne mažesni nei P=300 x I=5000 x A=2100 mm | |
2. Statoma ant betoninio pagrindo. | |
3. Krosnies degimo kamera pagaminta iš plieno INOX AISI 430. | |
4. Vatos tankis sienų izoliacijai ne mažiau 80 kg/m3. | |
5. Nominali darbo temperatūra 120 - 200°C. | |
6. Krosnies kaitinimas – netiesioginis | |
7. Šilumos paskirstymas naudojant elektrinius ventiliatorius, ne mažiau 3 vnt. kiekvieno iš jų galingumas ne mažiau 3’600 m3/h. | |
8. Temperatūros valdymas – automatiniu valdikliu. | |
9. Degiklio kuro tipas – dujos. | |
10. Šiluminė degiklio galia ne mažiau 260’000 Kcal/h. | |
Miltelinių dažų užnešimo kamera: | |
1. Miltelinių dažų užnešimo kameros vidiniai išmatavimai pritaikyti gaminiams kurių išmatavimai ne mažesni nei P=300 x I=5000 x A=2100 mm. | |
2. Detalių kabinimas kameros viduje ant bėgių. | |
3. Filtravimo blokas su ne mažiau 3 vnt. filtrų. | |
4. Filtras ne mažesnio aukščio nei 900 mm. | |
Rankinio pakabinamo konvejerio sistema: | |
1. Konvejerio sistema pritaikyta detalėms kurių išmatavimai ne mažesni nei P=300 x I=5000 x A=2100 mm. |
2. Konvejerio tvirtinimas ir pakabinimas nuo lubų, naudojant specialias konstrukcijas. | |
3. Bėgių išdėstymas po 5 vnt. kiekvienai kaupyklai. | |
4. Viso kaupyklų skaičius yra ne mažiau 4 vnt. | |
5. Bėgių išdėstymas krosnies viduje 5 vnt. | |
6. Bėgių išdėstymas plovyklų viduje po 1 vnt. | |
7. Bėgių išdėstymas dažymo kameroje 1 – 3 vnt. | |
8. Gaminių transportavimui tarp kaupyklų ir įrenginių turi būti komplektuojama traversa, kuri juda tarp visų kaupyklų ir įrenginių. | |
9. Traversai turi būti numatytas stabdymas su fiksavimu, galimybei sustoti prie kaupyklų ir įrenginių. | |
10. Ant konvejerio detalės kabinamos ir perstumiamos rankiniu būdu. | |
11. Bėgio pakabinimo aukštis ne mažiau nei 2600 mm nuo žemės iki bėgio apačios | |
12. Vieno traverso išlaikoma apkrova ne mažiau 160kg. | |
13. Detalių nuleidimo/pakėlimo mechanizmas ant traverso, apkrova ne mažiau 160kg. Ne mažiau 2 vnt. |
PRIEDAS NR.2 PASIŪLYMO FORMA
PASIŪLYMAS
DĖL MILTELINIO DAŽYMO KOMPLEKSO LINIJOS
20 - -
data
Vieta
Tiekėjo pavadinimas | |
Tiekėjo adresas | |
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | |
Telefono numeris | |
Fakso numeris | |
El. pašto adresas |
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 2021-10-23.
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
Mes siūlome šias prekes:
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
Pasiūlymas galioja iki 20 d.
Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.
Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos
parašas Xxxxxx Xxxxxxx
ASMODAS private joint stock company
TENDER CONDITIONS
REGARDING THE PROCUREMENT OF AN POWDER COATING EQUIPMENT
Company code 241856270 Domicile Skaidrioji g. 22-1, Gargždai
CONTENT
1. GENERAL PROVISIONS 14
2. PROCUREMENT OBJECT 14
4. SUPPLIER QUALIFICATION REQUIREMENTS 14
13. PREPARATION, SUBMISSION AND MODIFICATION OF PROPOSALS 16
14. EXPLANATIONS AND SPECIFICATIONS OF THE TENDER TERMS AND CONDITIONS 17
15. PROPOSAL EXAMINATION AND ASSESSMENT 18
16. REASONS FOR REJECTING PROPOSALS 18
17. NEGOTIATIONS 19
18. DECISION REGARDING THE WINNER 19
19. TERMS AND CONDITIONS OF THE PROCUREMENT AGREEMENT 20
20. FINAL PROVISIONS 20
21. ANNEXES 21
21.1 Technical specifications; 21
21.2 Proposal form; 21
1. GENERAL PROVISIONS
1.1 UAB Asmodas (hereinafter – the Buyer), implementing the project ‘Implementation of technological eco-innovations at UAB Asmodas’ (No. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0048), jointly funded from the structural funds of the European Union and the Republic of Lithuania, is planning to purchase an automatic powder coating line.
1.2 The following text involves the use of the basic terms, defined in the Regulations for Project Funding and Administration, approved by the order No. 1K-316 of 8 October 2014 of the Minister of Finance of the Republic of Lithuania (hereinafter – the Regulations).
1.3 The procurement is implemented in accordance with the Regulations, the Civil Code of the Republic of Lithuania (hereinafter – the Civil Code), other legislation and Tender Conditions (hereinafter – Tender Conditions).
1.4 The announcement of the procurement was published on the EU investment fund portal at xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, date.
1.5 The procurement is implemented using the procedure of a public tender in accordance with the principles of equality, non-discrimination, mutual recognition, proportionality and transparency.
1.6 Should the tender be cancelled in the circumstances that none of the proposals received meet the requirements, defined by the Buyer, the Buyer remains the right to implement another public procurement in accordance with the clause 461.1 of the Regulations.
1.7 The Buyer's authorised person for keeping in direct contact with suppliers and sending tender-related messages: Xxxxx Xxxxxxxxx, Director of UAB Asmodas 000-000-00000 xxxxx@xxxxxxx.xx.
2. PROCUREMENT OBJECT
2.6. The procurement object is an automatic powder coating line, the characteristics of which are established in the technical specifications attached.
2.7. Should the technical specifications, defining the procurement object, contain a specific model or source, a specific process or brand, patent, types, specific origin or manufacturing, it will be regarded that objects of equal characteristics are acceptable as well.
2.8. This procurement cannot be divided into parts, thus the proposal must include the entire amount of products supplied.
2.9. The goods must be delivered in 4 months since the date of goods procurement contract. During the performance of the agreement, due to unforeseen circumstances and under written agreement of the parties, which would become an integral part of this agreement, the term may be extended 1 time no longer than for 2 months.
2.10. Payment terms: The advance payment cannot exceed 30% from the total purchase price, the second payment upon producing the equipment before transportation cannot exceed 50% of the final price, while the final payment upon delivery of the equipment to the premises of the client must constitute at least 20% of the final amount
4. SUPPLIER QUALIFICATION REQUIREMENTS
3.1 A Supplier, participating at the tender, must meet the following minimum qualification requirements:
3.1 Experience requirements
No. | Qualification requirements | Significance of the qualification requirements | Documents to verify the qualification requirements |
3.1.1 .1 | The Supplier may be a producer of the equipment offered, a representative of the producer or working under a contract with an economic entity, which is a representative of the producer | All Suppliers that do not comply with this requirement, will be rejected | Documents of the equipment producers or their representatives to prove that the Supplier is a producer of the equipment offered, or authorised by the producer to sell, install and conduct maintenance works of the equipment |
3.1.2 General supplier qualification requirements:
No. | Qualification requirements | Significance of the qualification requirements | Documents to verify the qualification requirements |
3.1.2.1 | The Supplier is not undergoing procedures of bankruptcy or liquidation, has not entered into any peace treaties with creditors, has not suspended or limited his activities, or does not have any other similar status according to the law of the country of registration. The Supplier is not a subject of a case of restructuring or bankruptcy, or non-court bankruptcy proceedings, compulsory liquidation procedure or an agreement with creditors, or any other similar procedures according to the law of the country of registration. | All Suppliers that do not comply with this requirement, will be rejected | The supplier's written confirmation in a free form, stating compliance to the qualification requirements, indicated in this clause. |
3.1.2.2 | The Supplier is registered in accordance with the procedure, established in the law and is entitled to engage in a specific activity (supply/production of machinery and equipment). | All Suppliers that do not comply with this requirement, will be rejected | Properly certified copies of the registration certificate and a part of the Articles of Association of the Supplier (legal entity), or other documents to confirm the supplier’s right to engage in a certain activity or a document (original or a certified copy), or an affidavit to certify the Supplier's right to engage in the activity in question. issued by an appropriate foreign institution (certificates from professional or trade administrators, institutions, authorised by the state, as established in the state of the Supplier’s registration). |
3.1.2.3 | The Supplier has completed or is performing at least 1 (one) similar contract, the value of which (or its part) is at least 0.7 of the proposal value (VAT not included) in recent 3 years or during the time period since its registration date (if the Supplier has been engaged in its activity for fewer than 3 years). | All Suppliers that do not comply with this requirement, will be rejected | 1. List of agreements completed (or currently performed), signed by the Supplier's director or authorised representative, featuring: 1.1. the client; 1.2. the value of the agreement/agreement part performed; 1.3. dates of signing and/or performance; 1.4. contact person. 1.5. title and model of the equipment |
*Notes:
1) should the Supplier be unable to provide the required documents due to the fact that such documents are not issued in the country of registration or if the documents issued in that country do not cover all of the above-mentioned questions, the Supplier must provide an affidavit or an official Supplier's declaration;
3.5 Should a joint proposal be submitted by a group of economic entities, the qualification requirements, indicated in the pt. 3.1.1.1 and pt. 3.1.2.1, apply to all individual members of the group of economic entities, which must also submit the above-mentioned documents, while the qualification requirements, indicated in the pt. 3.1.2.2 and pt. 3.1.2.3, apply to at least one member of the group of economic entities or all members of the group of economic entities together, which must also submit the above-mentioned documents.
3.6 Should the Supplier provide false information regarding his compliance to qualification requirements and the Buyer can prove it using any legal means, such proposals will be rejected.
3.7 A group of economic entities participating in the tender must submit a joint venture agreement or a certified copy. The joint venture agreement must contain the obligations of all related parties in implementing the agreement to be signed with the Buyer, as well as the value of these obligations, in proportion to the total value of the purchase agreement. The joint venture agreement must indicate the joint responsibility of all the parties in case of failure to meet the obligations to the Buyer. Also, a joint venture agreement must indicate the person, acting as a representative for the group of economic entities (whom should the Buyer contact in case of any questions regarding the assessment of the proposal or a need to provide information on which partner was authorised to make and sign the proposal, as well as sign the contract).
13. PREPARATION, SUBMISSION AND MODIFICATION OF PROPOSALS
13.1 Upon making a proposal, the Supplier agrees with the tender conditions herein and confirms that the information, provided in the proposal, is true and includes everything that is needed for an appropriate performance of the procurement agreement.
13.2 The proposal must be submitted in writing, signed by the Supplier or his authorised person.
13.3 Suppliers' applications and other correspondence must be submitted in Lithuanian or English language.
13.4 The Supplier must submit the price of the proposal in a standard form, provided in the Appendix No. 1 of the tender conditions. The offer must be submitted in a sealed envelope. The envelope must feature the title and address of the Buyer, the title of the tender, and the title and address of the supplier. The envelope must also feature a note ‘Do not open before the term of submitting proposals’. Should the proposal be submitted in an envelope, which was not sealed, it will be returned to the Supplier.
13.5 The proposal consists of the entirety of the following written documents, provided by the Supplier:
13.5.1. a complete proposal form, prepared according to the Appendix No. 2 of the tender conditions;
13.5.2. the documents, provided as proof of the minimum qualification requirements, indicated in the tender conditions;
13.5.3. a joint venture agreement or its certified copy, should the proposal be submitted by a group of economic entities;
13.5.4. other information and (or) documents, required in the tender conditions.
13.6 The Supplier can submit only one proposal, whether it is submitted individually or as a member of a group of economic entities. Should the Supplier or a member of a group of economic entities provide more than one proposal, all of such proposals will be rejected.
13.7 Upon submitting a proposal, the Supplier must offer the entire amount of goods.
13.8 Suppliers cannot provide alternative proposals. If the Supplier provides an alternative proposal, his proposal and the alternative proposal(s) will be rejected.
13.9The proposal must be submitted until 8 November 2021, 4 p.m. (Lithuanian Republic time) by delivering by mail, via a courier or delivering directly to the following address: Skaidrioji g. 22-1, Gargždai. Upon the Supplier's request, the Buyer will immediately provide the Supplier with a written confirmation that the Supplier's proposal was received, indicating the date, hour and minute, when the proposal was received.
13.10 The Buyer is not responsible for late mail delivery or other unforeseen circumstances, due to which proposals were not received or were received late. Proposals, received late will not be opened, but returned to the Supplier by registered mail.
13.11 The proposals will include the price of the goods in euro, expressed and calculated in accordance with the Appendix No. 1 of the Tender Conditions herein. The calculation of the price should involve the entire amount of goods, indicated in the Appendix No. 1 of the Tender Conditions, the price components, requirements for technical specifications, etc. The purchase price must include all taxes and supplier's costs, included into the price of the Procurement Object.
13.12 The proposal must be open at least until 30 November 2021. If the proposal does not include the time of expiry, the proposal will be deemed to be open as long as indicated in the procurement documents.
13.13 Before the proposal is expired, the Buyer has a right to ask the suppliers to extend the date of expiry to a specific date. The Supplier can reject this request.
13.14 The Buyer has a right to extend the proposal submission term before it is expired. The new proposal submission term will be communicated to all the suppliers that have been provided with the tender conditions in writing and announced on the EU investment fund portal at xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
13.15 The Supplier has a right to change or withdraw his proposal before the proposal submission term. Such changes or withdrawal is regarded as valid if the Buyer receives it in a written form before the proposal submission term.
14. EXPLANATIONS AND SPECIFICATIONS OF THE TENDER TERMS AND
CONDITIONS
14.1The Buyer will respond to each e-mailed request on behalf of a Supplier to explain the procurement conditions, if the request was submitted no later than three business days before the proposal submission term. A timely request to explain the procurement conditions must be answered no later than in 2 working days since the date of receipt and no later than 2 working days before the proposal submission term. Upon providing an answer to the supplier, the Buyer sends the same explanations to all the rest of the suppliers, who have been provided with the tender conditions, without indicating, which supplier submitted a request to explain the procurement conditions.
14.2The Buyer has a right to take his own initiative to explain the tender conditions before the proposal submission term, but no later than 2 working days before the end of the proposal submission term.
14.3Should the information, necessary for the participation at the tender be changed after the tender is announced, also in cases of providing Suppliers with documented explanations (specifications) (for example in case of changed and (or) specified qualification requirements), the Buyer announces the changed invitation to participate in the tender in accordance with the clause 458 of the Regulations.
14.4The Buyer will not organise any meetings with suppliers regarding the explanation of procurement documents.
14.5Any information, explanations of the tender conditions, notifications and other communication between the Buyer and the Supplier is to be conducted using the mailing address, e-
mail or fax, indicated in this clause. The persons, authorised to keep in direct touch with suppliers are: Xxxxx Xxxxxxxxx, Director of UAB Asmodas 000-000-00000 xxxxx@xxxxxxx.xx.
15. PROPOSAL EXAMINATION AND ASSESSMENT
15.1 The procedure of envelope opening will take place on 8 November 2021 at 5 p.m. without the presence of the participants.
15.2 The Buyer ensures that the prices provided in the proposals submitted will not be known before the proposal submission term, indicated in the clause 6.1 of the Tender Conditions.
15.3The procedures of proposal examination, assessment and comparison are implemented by the Commission, without the participation of the suppliers or their representatives.
15.4The Commission examines the following:
15.4.1. whether the suppliers provided their proposals with exact and detailed data about their qualifications and whether these qualifications meet the minimum qualification requirements;
15.4.2. whether the suppliers provided all the data, documents and information, defined in these tender conditions and whether the proposal meets the requirements, indicated herein;
15.4.3. whether the prices proposed were not unreasonably low;
15.5 The Commission makes the decision, whether each of the suppliers making proposals meet the minimum qualification requirements indicated in the tender conditions. Should the Supplier provide insufficient or inexact data about his qualifications, the Commission will give such a supplier a reasonable term to provide the additional data, which cannot be shorter than 3 working days. Only those suppliers, whose qualifications meet the requirements of the Buyer will have a right to participate at further procurement procedures.
15.6In case of any questions regarding the content of the proposals, the Commission may issue a written a request to explain or specify that data and the suppliers must provide additional written explanations without changing the essence of the proposal in a reasonable period, indicated by the Commission, which cannot be shorter than 3 working days.
15.7Should the Commission find any mistakes in the calculation of the price, indicated in a proposal, the Commission must issue a written request to that supplier to correct the arithmetic errors within a reasonable timeframe, without changing the price announced during the meeting of envelope opening. Upon correcting the arithmetic mistakes, indicated by the Buyer, the Supplier does not have a right to take out any of the price components or introduce any new.
15.8If a proposal features an unusually low price, the Commission has a right to (and, preparing to reject an offer — must) issue a written request for the Supplier to provide the basis for the unusually low price, including the detailed basis for the price components, until the reasonable date, indicated by the Commission.
15.9The prices, indicated in the proposals will be evaluated in euros (VAT not included).
15.10 The proposals that were not rejected will be evaluated according to the criterion of the lowest price.
16. REASONS FOR REJECTING PROPOSALS
16.1The Commission will reject a proposal if:
16.1.1. the Supplier submits more than one proposal (thus rejecting all of these proposals);
16.1.2. the Supplier does not meet the minimum qualification requirements, if any;
16.1.3. the Supplier provided inexact or insufficient data about his qualifications and did not provide additional information upon the Buyer's request;
16.1.4. a proposal (in case of negotiations — the final proposal) did not comply with meet the requirements, indicated in the tender conditions (the object of procurement, indicated in the
supplier's proposal, did not comply with the requirements of the technical specifications, etc.) or the participant failed to explain or specify his proposal upon the Buyer's request without changing the essence of the proposal.
16.1.5. the Supplier failed to correct the arithmetic mistakes and (or) explain his proposal in the period, indicated by the Buyer;
16.1.6. a proposal price was unusually low and the Supplier failed to provide a written basis for the price components or otherwise did not provide any basis for the unusually low price, as requested by the Buyer;
16.1.7. the Supplier submitted false information, which can be proven so by the Buyer using any legal means;
16.1.8. the Supplier, whose proposal was not rejected to other reasons, offered a price, which was too high and unacceptable for the purchasing organisation.
16.2 the Supplier will be informed about the rejection of the proposal in one working day from when the decision is made.
17. NEGOTIATIONS
17.1If the Buyer is unsatisfied with the proposals, the Commission may decide to invite all of the suppliers that meet the minimum requirements for negotiations.
17.2Negotiations must be conducted with all suppliers, whose proposals were not rejected. During the negotiations the suppliers will receive the same information. The negotiation results will be recorded in a protocol, one for each supplier.
17.3Negotiations may revolve around the characteristics of all the works, goods or services, including price, quality, commercial conditions, as well as social, environmental and innovative aspects. Negotiations cannot involve the minimum requirements for the procurement object, supplier qualifications and proposals, the evaluation criteria of these proposals, as well as the key conditions of the procurement agreement.
17.4Upon evaluating supplier qualifications and proposals, the Commission will send all the suppliers, whose proposals were not rejected, a written notification indicating time, when they must come to negotiations.
17.5During the negotiations the Commission will not provide any third parties with any information, received from a supplier, without the supplier's consent. Negotiations take place with each of the suppliers individually and will be recorded. The protocol of the negotiations will be signed by the Chairman of the Commission and a representative of the Supplier. If the Supplier or his representative did not come to the negotiations, the Commission issues a protocol, which indicates a failure to arrive on the Supplier's behalf, which is signed by all members of the Commission.
17.6The final proposals of the negotiations include the negotiation protocols and primary proposals to the extent they were not changed during the negotiations, signed by the parties. The final proposals are evaluated in accordance with the tender conditions.
17.7The end of the negotiations and the evaluation of the final proposals are then followed by an approval of the final list of proposals. Should the Supplier fail to come to the negotiations, the Commission will evaluate his primary proposal.
18. DECISION REGARDING THE WINNER
18.1Upon examining, evaluating and comparing the submitted proposals, the Commission makes a list of proposals. The proposals will be ranked in ascending order according to price. Should several proposals offer the same price, the priority will be given to those suppliers that have registered their proposals earlier.
18.2In cases, when a proposal is made by only one supplier, the Commission will not make the list and that only proposal will be regarded as the winner, if it was not rejected based on the criteria of these tender conditions.
18.3The winner of the tender is the supplier that has offered the lowest price and he will be invited to sign the agreement by indicating the term, when such agreement should be signed.
18.4 Should the Supplier, whose proposal was announced as the winner, send a written refusal to sign a procurement agreement or fail to come to sign the procurement agreement or refuses to enter into the procurement agreement according to the procurement conditions, it will be regarded that this Supplier refused to enter into a procurement agreement. In such case the Commission will offer the procurement agreement for the supplier next-in-line after the Supplier that has refused to enter into a procurement agreement.
19. TERMS AND CONDITIONS OF THE PROCUREMENT AGREEMENT
19.1 The procurement agreement is signed with the Supplier, whose proposal was chosen as the winner of the tender, in accordance with the tender conditions, based on the Regulations and the Civil Code;
19.2 Upon entering into a procurement agreement, the price and key conditions of the final proposal of the winner of the tender cannot be changed. This also accounts for the key procurement conditions, determined at the beginning of the procurement;
19.3During the implementation of the procurement agreement the essential conditions of the procurement agreement will not be changed if:
19.3.1. they are replaced by new conditions, which, included into the procurement documents, would open an opportunity of participation to suppliers other than participated in the procurement procedure;
19.3.2. they are replaced by new conditions, which, included into the procurement documents, would result in the winning of a proposal submitted by a supplier other than the winner of the tender;
19.3.3. the procurement object is changed in a way, which requires the inclusion of new (additional) goods, services or works into the procurement agreement;
19.3.4. the economic balance of the agreement changes in favour of the person, with whom the agreement was concluded in a way other than determined in the primary conditions.
19.4 Procurement contract or preliminary contract may also be amended during its period of validity, when the amendments do not change the essence of the contract and the total value of the individual amendments under this clause does not exceed 10 per cent of the primary procurement contract value in case of procurement of goods or services and 15 per cent – in case of procurement of works.
20. FINAL PROVISIONS
20.1The Suppliers' costs for preparing proposals and participating in this tender will not be remunerated.
20.2 The Buyer has a right to terminate the procurement procedures at any time before signing the procurement agreement, should there be any unforeseen circumstances. Upon making a decision to terminate the procurement procedures, the Buyer will inform all suppliers that have submitted their proposals in no later than 3 working days after the decision was made, and, if the procurement procedures are terminated before the proposal submission term – all suppliers that have procured the tender conditions and (or) procurement documents.
20.3 In no later than 3 working days since entering into the agreement, the Buyer informs all suppliers that have submitted proposals about the agreement, indicating the Supplier that the agreement was entered into with and the proposal price.
20.4 The information, provided in the proposals, will not be given to suppliers or third parties, except for the persons administering and auditing the use of the EU funds, except for the information in the clause 11.3 of the tender conditions.
21. ANNEXES
21.1 Technical specifications;
21.2 Proposal form;
Technical specifications Annex No. 1
ANNEX NO. 1 TECHNICAL TASK
Parameter required | Parameter offered |
product washing chambers: | |
15. The automatic product washing must feature at least 2 chambers. First chamber – hot washing, second chamber – two-phase rinsing with water and demi water. | |
16. The volume of the water tank of the first chamber must be at least 3600 l. | |
17. The volume of the second chamber tanks for each phase must be at least 1600 l. | |
18. The internal measurements of the washing chambers must fit the products with measurements of at least W=300 x L=5000 x H=1250 mm. | |
19. Positioned on a concrete base. | |
20. The tunnels and basins of the washing chamber must be made of INOX AISI 304 steel. | |
21. The tunnels of the washing chamber must be insulated with mineral wool. | |
22. The active washing zone of the washing chamber must be at least 5200 mm long. | |
23. The permeability of each of the tank pumps must be at least 1200 l/m. | |
24. Each washing chamber must be equipped with a separate pump with the total number of the pumps – 3 pcs. | |
25. The burner fuel for the first chamber tank heating is gas | |
26. The capacity of the burner must be at least 200 000 Kcal/h and it must be equipped with an automatic temperature regulator. | |
27. The burner complies with the CE standards. 28. Manual product washing equipment with 2 washing tanks for hot washing and rinsing. | |
Drying and curing oven: | |
11. The internal measurements of the drying and curing chamber must fit the products with measurements of at least W=300 x L=5000 x H=2100 mm. | |
12. Positioned on a concrete base. | |
13. The curing chamber must be made of INOX AISI 430 steel. | |
14. The thickness of the mineral wool for the wall insulation must be at least 80 kg/m3. | |
15. Nominal operating temperature from 120 to 200°C. | |
16. Indirect oven heating. | |
17. Heat distribution using electric fans, at least 3 pcs. each with a capacity of at least 3 600 m3/h. | |
18. Temperature control – automatic controller. | |
19. Burner fuel type – gas. | |
20. Thermal burner capacity at least 260 000 Kcal/h. | |
Powder coating application chamber: | |
5. The internal measurements of the powder coating application chamber must fit the products with measurements of at least W=300 x L=5000 x H=2100 mm. | |
6. Part hanging on rails inside the chamber. | |
7. Filter block with at least 3 filters. |
8. At least 900 mm high filter. | |
Manual suspended conveyor system: | |
14. The conveyor system must fit the parts with measurements of at least W=300 x L=5000 x H=2100 mm. | |
15. The conveyor is fixed and suspended to the ceiling using special structures. | |
16. Rail arrangement – 5 pcs. per each storage facility. | |
17. Total number of the storage facilities – at least 4. | |
18. Rail arrangement inside the oven – 5 pcs. | |
19. Rail arrangement inside the washing chambers – 1 pcs. | |
20. Rail arrangement inside the coating chamber 1 – 3 pcs. | |
21. The products are transported between the storage facilities and the equipment by a lifting travese, moving between all storage facilities and equipment. | |
22. The traverse system must include a brake with a lock to be able to stop near the storage facilities and equipment. | |
23. The parts are placed on the conveyor and pushed manually. | |
24. The height of the rail must be at least 2600 mm from the bottom of the rail to the ground. 25. The lifting capacity of a single traverse crane must be at least 160 kg. 26. The lifting capacity of the part lifting/lowering system on the traverse must be at least 160 kg. 2 pcs. |
ANNEX NO. 2, PROPOSAL FORM
PROPOSAL
REGARDING THE POWDER COATING EQUIPMENT
/ /20
date
Place
Supplier | |
Supplier's address | |
Name, surname of the person, responsible for the proposal | |
Phone | |
Fax | |
With this proposal we certify that we agree with all the procurement conditions, indicated in:
1) the tender announcement, published in the website xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx on 23/10/2021.
2) the tender conditions;
3) annexes of the procurement documents.
We offer the following goods:
Seria l No. | Title of the goods | Amount | Unit units | Price per unit EUR (without VAT) | Price per unit EUR (with VAT) | Price, EUR (without VAT) | Price, EUR (with VAT) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
TOTAL (total price of the proposal) |
The proposed goods fully comply with the requirements, indicated in the procurement documents:
Documents, attached to the proposal:
No. | Title of the document provided | Number of pages |
The proposal is open until 20
I, the undersigned, hereby confirm that the entire information, provided in our proposal, is correct and that we did not conceal any information, which was to be provided by the tender participants.
I hereby confirm that I did not participate in the preparation of the procurement documents and I am not related with any of the companies participating at this tender or any other interested party.
I hereby understand that in case of a discovery of any of the above-mentioned circumstances I will be removed from the procedure of this tender and my proposal will be rejected.
Position of the Supplier's manager or
representative
signature Name Surname